Prototype Financial and Performance Review Report · PDF filePERFORMANCE REPORT AND FINANCIAL...

25
COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS Arlington, Virginia PERFORMANCE REPORT AND FINANCIAL REPORT

Transcript of Prototype Financial and Performance Review Report · PDF filePERFORMANCE REPORT AND FINANCIAL...

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS Arlington, Virginia 

 PERFORMANCE REPORT AND FINANCIAL REPORT 

  

      

TABLE OF CONTENTS    

PAGE  CONSULTANTS’ REPORT ............................................................................................................................... 1    Background ......................................................................................................................................... 2    Summary of Parties Involved .............................................................................................................. 4  PERFORMANCE REPORT ............................................................................................................................... 5    Methodology ...................................................................................................................................... 6      Summary  ........................................................................................................................................... 6      Recommendations .............................................................................................................................. 7      Procedures and Results ....................................................................................................................... 7  FINANCIAL REPORT .................................................................................................................................... 14 

 Financial Report ‐ Findings ................................................................................................................ 15  

  Schedule of Overall Project Costs and Cost Allocation ....................................................................... 16      Schedule of Revenues and External Costs .......................................................................................... 17  

Schedules of Cost Allocations ............................................................................................................ 18  Appendix A – Diagram of Organizational Structure ............................................................................ 22  Appendix B ‐ Timeline ....................................................................................................................... 23 

 

      County Manager of Arlington County, Virginia   We have concluded our engagement to perform procedures related to the Columbia Pike Prototype Super Stops.  This engagement, which was agreed to by Arlington County, Virginia (the County), was applied solely to assist you  in evaluating the project development and delivery of the project as well as the financial costs associated with the Columbia Pike Prototype Super Stops.  Management of the County is responsible for the operations and internal controls.   We performed this engagement  in accordance with Statements on Standards for Consulting Services  issued by the American  Institute of Certified Public Accountants.   The sufficiency of the procedures  is solely  the  responsibility  of  the  management  of  the  County.    Consequently,  we  make  no  representations regarding the sufficiency of the procedures described in the attached document either for the purpose for which this report has been requested or for any other purpose.  We have included findings resulting from the engagement for the consideration of the County.  Our engagement to perform these procedures was conducted as a consulting services engagement.  We were not engaged to, and did  not  perform  an  audit,  the  objective  of  which  would  be  the  expression  of  an  opinion  on  the  project development  and  delivery  and  the  financial  costs  associated with  the  Columbia  Pike  Prototype  Super  Stops.  Accordingly, we do not express such an opinion.  Had we performed additional procedures, other matters might have come to our attention that would have been reported to you.  The  procedures  performed  and  related  observations  and  recommendations  are  described  in  the  attached document.    This report is intended solely for the use of the management of the County and should not be used by others.  

a  Arlington, Virginia September 12, 2014   

CliftonLarsonAllen LLP www.cliftonlarsonallen.com

An independent member of Nexia International

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS BACKGROUND 

 

Background  The  agencies  and  departments  involved  in  the  Super  Stops  project  are  the  Arlington  County  (the  County) Department  of  Environmental  Services  (DES)  and Washington Metropolitan Area  Transit Authority  (WMATA) Department of Transit Infrastructure and Engineering Services.   The  idea for the Super Stops project was generated as part of the Arlington County Pike Ride Transit  Initiative which  included  24  new  transit  stations  along  Columbia  Pike.    The  County’s  intention  for  the  project was  to enhance  service  for  Arlington  Transit  (ART)  and Metrobus,  and  ultimately  to  serve  the  streetcar  along  the Columbia Pike Corridor.  The project involved extensive community input regarding the design which spanned a period from October, 2002 to November, 2005.  In August 2004, a contract between the County and Hellmuth, Obata + Kassabaum (HOK) was entered into for the design of the Super Stops.  The County and WMATA had an agreement in place dated August 2, 2000 for the design and approval of certain public  transportation  projects  to  enhance Metrorail  and Metrobus  services  in  Arlington  County  (Phase One Agreement).  The prototype Columbia Pike Super Stops project was added via an amendment to this agreement in 2007.    At the time, the Columbia Pike corridor was a Virginia right‐of‐way and the project required Virginia Department of Transportation  (VDOT) approval. The approval process  spanned  four years  from  June, 2006  to April, 2010. While  the VDOT  review  process was  ongoing,  the Arlington  County  Board  approved  the Amendment  to  the Phase One Agreement with WMATA in November, 2007 which added the prototype Columbia Pike Super Stops project (as noted above).  The Phase Two Agreement with WMATA, authorizing construction of three prototype Super  Stops,  was  approved  by  the  County  Board  on  June  17,  2008.    Per  the  agreement,  the  County  was responsible for all costs associated with the project, and consistent with WMATA’s policies, provided advanced funding for the project.  Also per the agreement, WMATA would procure, through its Job Order Contract (JOC), for the construction of the Project facilities in accordance with WMATA’s construction procurement procedures. WMATA  would  also  have  complete  and  overall management  and  administrative  responsibility  for  the  JOC contract.  The agreement budgeted total costs for the three prototype Super Stops as follows:  

o WMATA       $2,000,000 o County (project management)   $   150,000 

 The design  from HOK was  finalized  in  July, 2007 and a separate contract with HOK was entered  into  in April, 2008 for construction administrative services.    During  the  planning  and  pre‐construction  phases,  the WMATA  Capital  program  was  being  restructured  to minimize resources  in their engineering and construction departments.   This resulted  in a reduction  in staffing and turn‐over in key personnel at WMATA on this project.   Arlington County issued a Limited Notice to Proceed to WMATA in September, 2010 which authorized WMATA to have  the  contractor,  Potomac Construction  and  its  subcontractors, begin  submittals  for distribution.    The Limited Notice to Proceed also directed WMATA to  initiate the permit process.   WMATA states they were not able  to  begin  any work  on  the  project  until  November  2010 which,  according  to WMATA, was when  they received the final design. 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS BACKGROUND 

 

 The County advance funded $500,000 to WMATA in October 2006 and an additional $150,000 in December 2009 ($650,000  total).    Based  upon  the  funding  provided, WMATA  issued  an  initial  Order  for  Services/Notice  to Proceed to Potomac Construction on December 3, 2010 for $437,105 for the start‐up and administrative costs involved with the project with the description of work being “Construct 3 Super Stops/Bus Shelters on Columbia Pike in Arlington, VA.”  A  full  Notice  to  Proceed  was  provided  by  the  County  to WMATA  in March,  2011  noting  construction was expected to commence within ninety (90) days of the letter, for a lump sum base cost of $1,997,904.   In February 2011,  the County provided an additional $350,000  to  fund  the project  ($1,000,000  total).   Noting that additional funding was released by Arlington County, WMATA issued a second Order for Services/Notice to Proceed to Potomac Construction on June 1, 2011 for $412,895, with the description of work being “Construct Super Stops/Bus Shelters on Columbia Pike in Arlington, VA.”  Potomac Construction broke ground on the Walter Reed site  in September, 2011.   However, a complete work stoppage on site was  in effect from September 30, 2011 through March 18, 2012 while permitting issues were resolved.  During this time, a subcontractor was fabricating the canopies for all three prototype stops off‐site.  On December  22,  2011,  the  County  terminated  the  Phase  Two Agreement with WMATA  effective  upon  the completion  and  acceptance  of  the Walter  Reed  stop,  resulting  in  a  change  in  the  scope  of  the work  to  be completed by WMATA from three prototype stops to one.  On March 23, 2012, WMATA invoiced the County $429,127 for the estimated costs to complete the project.  This invoice was not paid by the County as the County and WMATA were having discussions about the costs of the project and the documentation of those costs.     The Walter Reed stop was substantially complete in March 2013.  WMATA  issued a  third  (and  final) Order  for Services/Notice  to Proceed  to Potomac Construction on  June 10, 2013  for $596,258 to complete the Walter Reed stop and provide canopies and glass for the Dinwiddie stops, with the description of work being “Construction of (1) SuperStop/Bus Shelters on Columbia Pike  in Arlington, VA.”    For all three task orders, WMATA paid total costs of $1,446,258 to Potomac Construction.  Including all three advances and accrued  interest  (per the contract), the County’s total project funding at that time was $1,010,202.  From April through August 2014, WMATA and the County finance staffs conducted discussions about the total costs of  the project.   As a result of  those discussions,  it was agreed  that a  fair settlement of the total project funds  due  from  the  County  for  the  project was  determined  to  be  $1,020,211.    Based  upon  County  project funding of $1,010,202 to that point, a balance was due from the County of $10,009.  This balance due was paid on September 2, 2014.   

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SUMMARY OF PARTIES INVOLVED 

  

Below is a summary of the parties involved and their respective roles in the construction of the Columbia Pike Prototype Super Stops.  Arlington County Government (ACG) – Governmental entity in Northern Virginia who initiated and approved the construction of the Columbia Pike Super Stops.  ACG Vendors: 

 First Transit – Provides contract public transit and paratransit services, as well as management services.  Hired by ACG to provide management and consulting services.  Hellmuth, Obata + Kassabaum (HOK) – Hired by ACG to create and provide to the County construction administration services including review and approval of contractor submittals, review and response to contractor Requests for Information and the inspection of the construction by others of three Columbia Pike Metro bus shelters for compliance with contract drawings and specifications.    ECS Mid‐Atlantic  –  Engineer  hired  by  ACG  to  perform  third  party  soil,  concrete  and  structural  steel inspections as required by ACG.    Kaspar Wire Works – Manufacturer hired by ACG to provide newspaper vendor boxes. 

 Washington  Metropolitan  Area  Transit  Authority  (WMATA)  –  Tri‐jurisdictional  government  agency  that operates transit service in the Washington Metropolitan Area.  Entered into an agreement with ACG to provide complete construction of at least three (3) bus shelters, including site work.  WMATA Vendors:    

Potomac  Construction  Company,  Inc.  –  Job  Order  contractor  which  WMATA  hired  as  the  general contractor for the construction of three Super Stops. 

   Potomac Subcontractors:  

Redmon Group – Multimedia and technology company hired as a subcontractor by Potomac to furnish and install electronics displays. 

 Novum  Structures  –  Subcontractor  hired  by  Potomac  to  furnish  and  install  canopies,  canopy  glass, screenwall bases, screenwall glass and pylon support framing as well as a certified structural design of the components. 

 Signature Renovations – Subcontractor hired by Potomac  to  furnish and  install pylon cladding panels, stainless steel benches, mechanical, electrical and lighting work through second tier subcontractors. 

 

                      

PERFORMANCE REPORT 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

Methodology  The purpose of this report is to perform an assessment of the project development and delivery of the Columbia Pike  Super  Stop  construction  project  including:  review  of  the  organizational  structure  of  the  project  and adequacy  of  management  oversight  and  reporting;  identify  and  review  the  adequacy  of  processes  and procedures used to identify, manage, and mitigate schedule, scope, and budget risks; review project documents to support scope, review processes, and project deliverables; review project delivery timeline and  identify key reasons for delays; and review classification of project costs to identify key drivers for costs and how they were managed.    Our work  included a  review of  the Columbia Pike Super Stops  financial documentation, planning documents, design  contracts,  design  specifications,  certain  contract  drawings,  construction  agreements,  correspondence within and between Arlington County and WMATA, minutes of progress meetings, and  interviews with project management and other personnel.  Interviews were conducted with both County staff and WMATA personnel.  The work was  completed  at  the direction of  the Arlington County Department of Management and  Finance. Therefore, the recommendations in this report apply only to the County.    Summary  Based on the results of the procedures performed, project issues were revealed, some of which created delays and additional costs incurred on the project. These issues included, but are not limited to, the following:  

There was  a  lack of mutual understanding  as  to what was  to occur  and who was  responsible  at  key points throughout the project and there was miscommunication as to expectations of both the County and  WMATA.    The  agreement  between  the  County  and  WMATA  was  not  clear  on  roles  and responsibilities, with terms such as “provide support” and “coordinate” which are not clearly defined in the agreement. 

 

WMATA was going through a restructuring of their Office of Engineering Services (ESVC) which included downsizing,  changes  in personnel, and  relinquishing  responsibility  for  certain projects.   The Columbia Pike Super Stop project was in progress in the midst of this environment. 

 

Unforeseen external delays, specifically VDOT’s approval, because of the Super Stop being  in a Virginia right of way (2006‐2010). 

 

Poor execution  in  the actual construction performance  including errors  in constructing  to designs and specifications.  

The documentation provided to WMATA from their general contractor, Potomac Construction Company, 

on the charges to the project lacked proper detail to support additional payments from the County.  

Change orders charged  to  the project were not mutually agreed  to  in writing by both  the County and WMATA,  as  per  the  Phase  Two  Agreement.    This  resulted  in  the  additional  costs  being  borne  by WMATA.  

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

Recommendations  Based  on  the  results  of  the  procedures  performed,  we  recommend  the  following  with  respect  to  future comparable projects:  

Ensure the County project manager has outlined all project tasks and the expected time line prior to the project starting based on as many known factors as feasible to minimize delays, especially when working with  third parties.   Develop a process  for  reporting on  the actual work as compared  to  the outline of tasks and the time line.    

Ensure that an individual is assigned the responsibility of monitoring the budget throughout the project and steps are in place to make any changes to the budget, if necessary. 

 

Ensure agreement language is adequate not only with respect to legal requirements, but also as to clear identification  of  roles  and  responsibilities  of  all  parties  involved.    This  includes  definitions  of  all applicable terms and identification as to who is performing what in the context of both internal (to the County)  and  external  communications  and  actions.    Ensure  the  County  project manager  periodically refers to the agreement throughout the project, and proposes changes, if necessary.   

 

Develop a  formal process  to establish at what point or what has  to occur on a project  for the County project manager  to  escalate  difficulties with  contractors, partners, or other  third parties  to  the next level, including when legal action is to be taken.   

 

Consider  revising  agreements  with  partners  to  include  consequences  for  failure  to  achieve  project benchmarks, failure to provide reports as agreed, errors  in construction (re‐work) and any other terms considered important to the County to better ensure compliance with those terms. 

 

Procedures and Results  1. Review  of  project  organizational  structure,  including  management  oversight  and  day‐to‐day  project 

management. Describe and diagram the organizational structure and roles / responsibilities including scope and  financial  approval  processes.  Was  appropriate  structure  in  place?  Were  appropriate  reporting mechanisms in place? 

 

A  diagram  of  the  organization  structure  is  attached  as  Appendix  A.   WMATA  contracted with  Potomac Construction,  one  of  their  Job  Order  Contractors,  for  the  construction  of  the  project.    Potomac subcontracted  out  75%  of  the  project  to  three  other  vendors,  with  all  but  the  concrete  work  being completed by subcontractors of Potomac.  For the concrete work, Potomac utilized a supplier, Patriot Ready Mix Concrete  to  supply and deliver  the  concrete  to  the  site, with  the  concrete  installation performed by Potomac.    Some  of  the  delays  in  the  Project were  specifically  related  to  concrete work  including  curbs poured  at  the  incorrect  height  and  incorrect  concrete  mix  ordered  resulting  in  concrete  pours  being cancelled.    

Construction  management,  project  management,  construction  administrative  services,  and  other descriptions  imply  project  supervisory  roles were  filled  by  personnel  from Arlington, HOK,  and WMATA. Interviews conducted as part of our procedures indicate that there was a lack of mutual understanding as to roles  and delineation of project management  responsibilities between  the  involved parties.  Even  though 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

these roles and responsibilities were stated in the Phase Two Agreement, and in the contract drawings and specifications, there was an excessive number of people involved, turnover or reduction of both County and WMATA staff in key positions, a lack of understanding of the roles of each, limited communication to clarify, and misinterpreted  contract  language  that was ultimately  insufficient and  ineffective at documenting  the intended roles of all parties.  The results of these issues are evidenced by an inability to mitigate the delays and bring the project back on schedule at multiple points in the time line of the Project.  WMATA indicates that they hired Parsons Brinkerhoff (PB) to re‐establish their project management and delivery departments, however, based on the procedures we performed, there is no indication of PB being involved in this project.  

An example of  this  lack of understanding of  the  roles and  responsibilities of each party can be  illustrated with the process to obtain permits.  The Phase Two Agreement from June, 2008 states that “WMATA shall, with County support, obtain all permits, permissions and approvals from the County and other entities for all Project work.”    The  same document  states  that  “the  contractor  shall, without  additional  expense  to  the owner, be responsible for obtaining any necessary licenses, fees, inspections, and permits” and “the County shall coordinate with WMATA as WMATA obtains all permits, permissions and approvals  from  the County and other  entities  for  the  construction of  the Project.”   During  this  review, WMATA produced  a  copy of Proposal Review Meeting Notes from July 2010 where it is noted “Potomac agreed to cancel the costs from their proposal if Arlington County will perform all work to satisfy and get the necessary permits.”  The notes indicate  that  the County’s project manager agreed  to  the request.   The County’s project manager  left  the County  in  June  2011  and  current  County  staff  indicates  that  these meeting  notes were  never  formally transmitted  to either  the new County project manager or  the project officer at  the  time of his departure.  Neither the Phase Two Agreement nor the Specifications documents were modified to reflect any change in the permit process.  As a result there was a disagreement on who was responsible for obtaining the permits.  Based  on  interviews,  the  County  believes WMATA  knew what  to  do  to  obtain  the  permits  and WMATA expected  the County’s assistance.   Even with meetings and correspondence regarding  the permit process, the delay was a result of neither WMATA nor the County taking ultimate responsibility for the process.  As a result of this misunderstanding, there was a complete work stoppage on‐site from September 30, 2011 to March 18, 2012.  During this time a subcontractor was fabricating the canopies off‐site.  

 

WMATA  was  responsible  for  the  construction  and  project  management.    However,  when  the  County believed WMATA was not properly managing the project, they attempted to step in.  The issue with this was the County could not control all aspects of the project because they did not have a contractual agreement with Potomac, the contractor performing the work. Potomac had contractual agreements with WMATA as well as their subcontractors. WMATA procured the project using one of their own Job Order Contracts (JOC).  Job  order  contracts  are used when  constructing numerous,  similar  structures  and was  recommended by WMATA  for  the  Super  Stops project.   This  appeared  to be  a  reasonable approach  for  constructing  three prototype Super Stops with an ultimate goal of 24 stops.   One of the main characteristics of the  job order contracting process  is  the use of a unit price book, which provides pre‐set  costs  for  specific  construction tasks.   While this may be more expensive  initially, efficiencies are gained as additional structures are built.  Other advantages of JOCs include fast and timely delivery of projects and low overhead costs of construction procurement.    JOCs  are  quite  common  to WMATA  given  the  nature  of  their  projects,  and WMATA was ultimately responsible for managing the JOC.  

WMATA  acknowledged  that  the  three  task  orders  issued  under  the  JOC  contract  submitted  by  Potomac Construction lacked proper detail with regard to specific work that was being completed per the task orders submitted and the site locations.  Due to lack of proper detail, it was difficult to establish proper allocation of 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

the costs per stop.   Additionally, proper supporting documentation of agreements and backup  invoices for some of the additional costs listed in the third task order from Potomac Construction did or does not exist.    

For all  three  task orders  issued under  the  JOC contract, WMATA paid Potomac Construction $1,446,258.   The total funds due from the County for the project was determined to be $1,020,211.  Communication issues noted based on review of documentation included: 

 

Progress meetings were held approximately every  two weeks and attended by both WMATA and County  staff.  While  the  contract  for  construction administrative  services with HOK  included  their attending up to six progress meetings, they did not attend any. 

The minutes of  the progress meetings show a  lack of overall project  leadership and no clear next steps as issues arose, and no clear resolutions when issues were said to be resolved. 

The issuance of submittals was a major issue throughout the project.  The Progress meeting minutes indicate there were times when submittals were not received by the County, were received late or were never submitted. 

 These  communication  issues  resulted  in multiple  instances  of  “re‐work”  being  required  on  various  tasks under the Project.  These included but were not limited to:  

Layouts not in accordance with contract drawings 

Electronic display cutout at the incorrect height 

Incorrect size of glass panels 

Revision of fixture specifications due to errors in concealment of wiring  

All of this resulted in disputes between the County and WMATA over documentation, costs, job status, and project management.   Budget  issues were  also  noted  from  the  start  and  throughout  the  life  of  the  project.    As  noted  in  the Background portion of  the  report,  the original budget  for WMATA  for 3 Super Stops, as approved by  the County Board, was $2,000,000.  The final construction budget agreed to by both parties was $1,997,803 for construction and WMATA project management.   The County project manager, who was  interviewed during our  review  indicated  that  the previous County project manager was part of the original budget discussions.  On July 14, 2010, the County was provided a copy of Potomac Construction’s complete Job Order Contract (JOC)  in the amount of $1,664,836.   This JOC, which was approved by WMATA, provided specific detail on the items included in the project.    The total budget figure of $1,997,803 was  included  in the County’s Notice to Proceed to WMATA in March 2011.    When the scope of work changed from three prototypes to one, there was never a formally revised budget agreed upon by all parties. 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

10 

At  times, WMATA provided monthly Source and Use Statements which  included  total project expenses  to date broken down by project management and construction costs and showed the percent complete against the funding provided by the County.  However it does not appear that WMATA provided all of the monthly statements, and some of those received were not timely.  Some statements were two to three months late and others were not received at all.  WMATA began incurring project management costs in November 2008 and  incurring  construction  costs  in  March  2011.  WMATA  believed  submission  of  the  Source  and  Use statements met the financial compliance requirements of the agreement.  However, County staff indicated they  did  not  receive  supporting  documentation  related  to  the  source  and  use  statements  submitted  as required by the agreement.  The County asked WMATA for the statements when they were not sent, but did not request any additional financial information on the project until three years after costs were incurred, in December 2011, when two stops were deleted from the project.  Since the County did not ask for additional financial information for the first three years on the project, this supported WMATA’s belief that they were complying with the financial requirements in the agreement.    The trigger for reporting any cost overruns was tied to the original project budget of $1,997,803 which was never exceeded.   However,  the  total project budget was  for  the  completion of all  three prototypes.      In addition, with a fixed price contract, the payments are based upon percent complete, which was noted on the  invoices  from  Potomac  to  WMATA.    However,  documentation  reflects  that  since  three  separate purchase orders were issued by WMATA to Potomac, the percent complete was against the amount of each purchase order and not  the  total project budget.    It appears  that  throughout  the project no  staff person from either the County or WMATA was analyzing how much of the total project budget was being expended compared to the work on the project  itself.   As noted, the budget figure was not adjusted when two stops were  eliminated.   While  the  budget  should  have  been  revised,  it  should  not  have  been  proportionately adjusted  to  one‐third  of  the  original  budget  because  some  of  the work  done  in  the  initial  phase  of  the project could have been used going forward.   For example, the three canopies and glass for all three stops was fabricated when the scope of work was for three Super Stops.  While materials for one stop were placed in service, the County placed the pieces for the other structures  in storage for a monthly storage fee.   The materials were all produced for a very unique design and have little utility except for the purpose for which they were designed.   The County has determined  that correcting  the design  flaws so  that  these materials could be repurposed  is not practicable or cost effective.    It will retain a set of the canopy glass panels for replacement  in  the event of breakage and will dispose of  the  remaining  steel  components after meeting local, state, and federal requirements for disposal of surplus or obsolete property. 

 2. Review the processes and procedures used to  identify, manage, and mitigate schedule, scope, and budget 

risks.  

The Phase Two Agreement states “the Program Manager for WMATA and the Project Officer for the County are authorized  to make minor modifications  to  the Scope of Work as  to any  individual bus shelter, which modifications  are  based  upon  or  required  by,  field  conditions,  budget  limitations,  or  value  engineering, provided however  that  such modifications are mutually agreed  to  in writing by  the Project Manager and Project Officer prior to the initiation of such modifications.”  Change orders were charged to the project but there was no documentation of agreement or formal approvals from either party for these changes.  While the  meeting  minute  notes  reflect  some  discussion  about  change  orders,  no  final  cost  or  resolution  is reflected in the minutes for any of the changes.    WMATA  cited  minutes  of  the  progress  meetings  as  potential  proof  of  agreement  to  support  actions regarding design changes and/or additional cost.   While both sides acknowledge  the discussion of change 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

11 

orders and added cost, neither party was able  to prove a consensus was reached  to proceed with adding cost  or  accepting modifications.    The meeting minutes were  not  sufficiently  clear  or  detailed  enough  to establish that definitive agreements were reached on costs to be borne by the County. 

 Even with regular progress meetings, which noted requests made after December 2011 for detailed financial documentation  from  WMATA  by  the  County,  the  County  believes  sufficient  documentation  was  not provided.  However,  WMATA  believes  they  provided  all  of  the  necessary  documentation.    Supporting documentation  for  the  final  invoice  from  the contractor  that we received during  this review did  include a meeting between WMATA and Potomac staff agreeing to increased costs, however the County was neither informed  of  nor  invited  to  the meeting  between WMATA  and  Potomac.    Given  the  County’s  previous requests, it is not clear why the County would not have been invited to this meeting.  WMATA contends that they  were  obligated  to  pay  their  contractor  regardless  of  whether  the  County  agreed  with  the  costs.   WMATA decided to pay the contractor and attempt to reach a settlement with the County separately.   

 The  County wrote  three  separate  letters  to WMATA  (October  2011, October  2012  and December  2012) expressing  concern  about WMATA’s  inability  to manage  the project. WMATA  responded  to  these  letters disagreeing with the County’s assertions.  This correspondence illustrates how both parties disagreed about their respective responsibilities.  

 3. Review of project and contract documents. Was scope appropriately captured? Did the documents  include 

appropriate review mechanisms? Were the documents adhered to during project delivery?  Based on interviews and documentation available, there appears to have been a lack of communication as to what  constituted  documentation  and  support  for  project  activity.  Additional  uncertainties  or  lack  of oversight  appear  to  have  been  the  result  of misinterpreted  agreement  language  regarding  the  areas  of project management, permits, and project submittals.  The  County  insists WMATA was  responsible  for  project management  and  engineering  services,  such  as providing  detailed  shop  drawings,  coordinating  with  the  subcontractors,  and  obtaining  the  necessary permits,  however  the  Project  Management  Plan  (PMP)  states  that  “the  County  reviews  Contractor submittals  for approval and provides Engineering and Design  services  for  the project” and  that  “WMATA administers  the  construction  contract  and manages  construction,  start‐up  and  testing  of  the  project.”  It appears  Engineering  and  Design  services  include  providing  specifications  and  contract  drawings.   Under Project Tasks by WMATA,  the PMP  states “as  stated  in  the Phase Two Agreement, WMATA  shall provide project management and  technical oversight of  the Project  to  construct,  start‐up,  test and  turn over  the Project facilities, and with County Support, obtain all permits, permissions, and approvals from the County and other entities for all Project Work.”  Under Project Tasks by  the County,  the PMP  states  “the County  shall, with WMATA  support,  review and approve  project  design  submissions.”  Project  Tasks  for  the  County  also  includes  “review  contractor submittals for approval and provide Engineering and Design services for the Project.” The PMP also states: “WMATA will  administer  and manage  the  construction  of  the  above  Project  and  direct WMATA  staff  to provide engineering, architectural and systems engineering support, all on a cost  reimbursable basis” and then  states  “Arlington  County  has  procured  and  contracted  with  its  on‐call  General  Architectural  and Engineering Consultant.”    

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

12 

The  terms  “with  County  support”  and  “with WMATA  support”  are  never  clearly  defined.    As  previously discussed as  it  related  to  the permit  issue,  this  lack of  clarity  resulted  in delays and  issues of  identifying responsibility.  While the PMP, the Agreement and the Specifications documents provided guidance on the responsibilities of  each  party,  it  appears  there  were  separate  discussions  on  shifting  some  of  these  responsibilities.  However, the original agreements were never revised to reflect these changes.  This resulted in both parties not having a clear understanding of their roles.   

 There was miscommunication between the parties regarding ultimate project responsibilities with WMATA personnel  insisting  the County  took over  the engineering  review  responsibilities  to  save  costs.   However, from  interviews with County DES  staff,  it appears  they understood  that WMATA was  responsible  for  the engineering requirements on the project.  

 It  is further documented that County Project Resources to be supplied  include periodic administrative and management support of the Project tasks, and assurance of an  independent review of design submissions and Project documents. While WMATA claimed that retaining the design  firm, HOK to perform the design reviews  necessary  during  construction  prevented  an  independent  review  because  HOK was  the  original design  firm  and  was  thereby  reviewing  their  own  work.    The  County  believes  HOK’s  involvement  was necessary and common practice, especially since there were issues with execution in the construction. 

 4. Review of project delivery timeline. Describe and diagram the project timeline through delivery.  What were 

the key reasons for the delayed delivery?  The original Project Management Plan  submitted by WMATA per  the Phase Two Agreement  indicates an estimated  total  calendar  days  to  complete  the  3  bus  shelters  of  270  days  from  Notice  to  Proceed  to Completion  (90 days  to order/procure  long‐lead  items and 90 days each  to construct  the  three prototype stops, noting that there would be a construction work overlap on up to two sites at a time to allow it to be completed within 270 days). There was no documentation provided that indicated a revision to this schedule subsequent  to  the  termination of  the Phase Two Agreement, when  the  scope of work was  reduced  from three  prototypes  to  one.    There  were  also  no  delay  claims  submitted  by  the  contractor,  Potomac Construction.  The  timeline  is diagramed  in Appendix B. Key  reasons  for  the delay, which are not all  inclusive,  included: VDOT  review  delays,  permit  delays  because  of  disagreement  over who  had  responsibility  for  obtaining, disagreements between County and WMATA project management personnel over required documentation, turnover and downsizing of personnel  involved  in the Project, and processes as described throughout this report.    Additionally,  numerous  delays  were  caused  by  errors  in  actual  construction  performance  in accordance with designs and specifications including:  

Concrete pours cancelled due to incorrect concrete mix ordered or layout errors 

Curb poured at the incorrect height had to be removed and redone 

Panels fabricated at the incorrect height had to be reordered 

Glass ordered did not contain the required self‐cleaning coating and had to be reordered 

Conduit stubs installed incorrectly had to be removed 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS PERFORMANCE REPORT 

  

13 

Project structure was fabricated with the inability to conceal the wiring within the structure causing a change in the design 

Lack of coordination on the size of the screenwall pockets to allow installation of the lighting fixtures required a revision to the lighting fixture specification 

 

5. Review  and  classification  of  project  costs  (i.e.,  project  management,  construction  management, construction, and project administration). What were the key cost drivers of the project?   

Procedures  related  to  review  and  classification  of  project  costs  can  be  found  in  the  next  section  of  this report.   

14 

  

                      

FINANCIAL REPORT 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS FINANCIAL REPORT ‐ FINDINGS 

  

15 

The following is a summary of general findings noted related to the financial information for this project.  

1) The original scope of the project was for three Prototype Super Stops.  The original proposed budget was $2,000,000  to WMATA  in County  funding and $150,000  for County project management.   The official notice to proceed was sent from the County to WMATA dated March 21, 2011,  indicating a  lump sum base cost of $1,997,904.  Another letter was sent from the County to WMATA dated December 22, 2011 which  requested  the  termination  of  all  site  preparation  work  related  to  the  Dinwiddie  East  and Dinwiddie West Super Stops, other than the fabrication of the canopies.  Based on the results of our  inquiries with both parties as well as review of documentation,  it does not appear that the original budget was amended for the revision of the scope of the work detailed  in the December 22, 2011 letter. The original notice to proceed remained in effect from the date it was issued through the life of the project.  While it would appear the removal of the site work for two stops would result in a lower base cost than originally quoted, no official communication was made by the County to WMATA  requesting  a  proposal  for  a  deductive  change  order. We  find  that  the  County  should  have requested  a  proposal  for  the  deductive  change  order,  and  then  should  have  proceeded  with negotiations  and  ultimately  execute  the  change  order  according  to  the  terms  of  the  agreement,  or exercise any other owners rights under the agreement if negotiations were not successful.   

 2) In  addition  to  the  $1,000,000  that  the  County  advance  funded  to WMATA,  the  County  received  an 

invoice dated March 22, 2012 which stated that an additional estimated cost to complete of $429,127 was owed to WMATA for the project completion of the Walter Reed Prototype Super Stop.  The County disputed this invoice, indicating they had not received sufficient documentation for how the $1,000,000 provided by the County was drawn down and were not  informed of what made up the balance of this final cost to complete.  WMATA and County finance staffs conducted discussions about the total costs of the project.   As a  result of  these discussions,  it was agreed  that a  fair  settlement of  the  total project funds due from the County for the project was determined to be $1,020,211.  Including  the  accrued  interest  on  the  project  (per  the  contract),  the  County  provided  total  project funding of $1,010,202.  As a result of the conclusions reached by the WMATA and County finance staffs and presented to the respective jurisdictions, WMATA issued a credit of $419,118 to the March 22, 2012 invoice leaving the County with a net balance due of $10,009.  The amount due was paid by the County on  September 2, 2014.   Both parties have agreed  that  this payment  constitutes  the  final  transaction related to the Phase II agreement of the Columbia Pike Prototype Super Stop Project and both consider the project to be closed. 

 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULE OF OVERALL PROJECT COSTS AND COST ALLOCATION 

 

16 

 

Dinwiddie Total Walter Reed East + West

County costs to internal staff and outside vendors

ACG internal staff  50,555$        50,555$          ‐              

First Transit 179,373       179,373         ‐              

HOK 76,333         76,333           ‐              

ECS Mid‐Atlantic 8,378           8,378             ‐              

Kaspar Wire Works  3,965           3,965             ‐              

     Total costs paid to internal staff and outside vendors 318,604       318,604         ‐              

Contractor direct and indirect costs

Potomac Construction 17,342         17,342           ‐              

Subcontractor Mark‐up 163,071       88,779           74,292       

Redmon Group 51,639         28,937           22,702       

Novum Structures 593,159       233,271         359,888     

Signature Renovations 195,000       195,000         ‐              

     Total Potomac and Subcontractor Costs 1,020,211   563,329         456,882     

     Total Costs Incurred 1,338,815$  881,933$        456,882$    

  Additional Information  

The balances above relate only to the Construction Phase of the Walter Reed Prototype Super Stop.  The scope of this report only focuses on the construction phase.  

As  the  general  contractor, Potomac hired  three  subcontractors  to  complete  the project.   Two of  the subcontractors  incurred  a  portion of  costs  related  to  the  two Dinwiddie  stops.   Costs  related  to  the allocation  of  the Walter  Reed  and  Dinwiddie  Stops  are  based  on  estimates.    These  estimates were derived based on the information made available to us through the date of our report.    

The original budget  for  the  three Super  stops was $2,150,000.   $2,000,000  for WMATA's budget and $150,000 for Arlington County project management.    

Arlington County project management costs shown above total $318,604.  The increase in costs was due to the length of time it took to complete the project and the increased oversight the County provided to the project.  

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULE OF REVENUES AND EXTERNAL COSTS 

  

17 

 

REVENUE

Arlington County Funding 1,000,000$       

Additional County Funding related to project closeout 10,009               

Interest Earned on Funding 10,202                

        Total Revenue 1,020,211$       

EXTERNAL COSTS

Potomac Construction Costs

   Direct and Indirect costs 178,956$           

   Additional Cost ‐ Dominion meter 7,945                 

   Credit for eliminating two stops (169,559)            

     Net Direct and Indirect Costs 17,342               

     Subcontractor markups 163,071              

        Net Potomac Construction Costs 180,413             

Subcontractor Costs

Redmon Group 67,639               

Novum Structures 671,755             

Signature Renovations 504,876             

Total Subcontractor Cost 1,244,270          

Redmon Group (16,000)              

Novum Structures (78,596)              

Signature Renovations (309,876)            

Total Subcontractor Credit (404,472)            

        Net Subcontractor Costs 839,798             

          Total External Costs 1,020,211$       

Less: Subcontractor Credits for eliminating 

two stops

     

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULES OF COST ALLOCATIONS 

18 

 

Dinwiddie W Dinwiddie E Walter Reed Total

Set‐up and Installation

Analysis (one‐time) ‐$                ‐$                5,374$            5,374$      

System design (one‐time) ‐                 ‐                 4,405              4,405       

Software programming (one‐time) ‐                 ‐                 3,215              3,215       

Project Management (one‐time) ‐                 ‐                 4,053              4,053       

Dinwiddie West Shelter 7,461             ‐                 ‐                  7,461       

Dinwiddie East Shelter ‐                 7,461             ‐                  7,461       

Equipment (3 locations) 11,890           11,890          11,890            35,670     

Total Cost 19,351           19,351          28,937            67,639     Credit ‐ remove 2 stops (8,000)            (8,000)           ‐                  (16,000)   

Revised Proposal ‐ Total Due 11,351$          11,351$         28,937$          51,639$   

Total estimated Direct Costs allocated to other stops 11,351$          11,351$         ‐$                22,702$   

Additional Information 

Costs related to the allocation of the Walter Reed and Dinwiddie Stops are based on estimates.   These estimates were derived based on the information made available to us through the date of our report.    

The  analysis,  system  design,  software  programming  and  project  management  would  have  been expended whether the original agreement called for one stop or three stops, therefore, all of these costs were attributed to the completed stop (Walter Reed).  

Credit applied  is assumed to be for the  installation of the other two stops, even though the amount of the credit is slightly more than the costs of the installation of the two stops. 

 

Equipment was purchased for all three locations.  The County has the equipment for the Dinwiddie stops in storage and it can be reused for future projects. 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULES OF COST ALLOCATIONS 

  

19 

Novum Structures ‐ Estimated Cost Allocation

Dinwiddie W Dinwiddie E Walter Reed Total

Engineering 36,660$          46,660$         46,660$          129,980$ 

Material 134,951         134,951        140,956          410,858  

Installation 39,298           39,298          42,321            120,917  

Design Coordination 3,333             3,333             3,334              10,000     

Total Costs Incurred 214,242         224,242        233,271          671,755  

Credits

Installation (39,298)          (39,298)         ‐                  (78,596)   

Revised Total Costs Incurred 174,944$       184,944$       233,271$        593,159$ 

Total estimated Direct Costs allocated to other stops 174,944$       184,944$       ‐$                359,888$ 

Additional Information 

Costs related to the allocation of the Walter Reed and Dinwiddie Stops are based on estimates.   These estimates were derived based on the information made available to us through the date of our report.    

The  $10,000  design  coordination  did  not  break  down  which  stop(s)  it  was  incurred  for,  so  the assumption was made to break it out evenly between all three stops.  

The cost of materials for the stops was as indicated in the original Novum breakdown.  

While  the materials  for one  stop were placed  in  service,  the County placed  the pieces  for  the other structures in storage for a monthly storage fee.  The County will retain a set of the canopy glass panels for  replacement  in  the  event  of  breakage  and will  dispose  of  the  remaining  steel  components  after meeting local, state, and federal requirements for disposal of surplus or obsolete property.  

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULES OF COST ALLOCATIONS 

  

20 

 Signature Renovations ‐ Estimated Cost Allocation

Dinwiddie W Dinwiddie E Walter Reed TotalOriginal Proposal 154,938$       154,398$       195,000$        504,876$ 

Credit - remove two stops (154,938)       (154,398)       ‐                  (309,876) 

Total Cost ‐$                ‐$                195,000$        195,000$ 

Total estimated Direct Costs allocated to other stops ‐$                ‐$                ‐$                ‐$          

 Additional Information 

Costs related to the allocation of the Walter Reed and Dinwiddie Stops are based on estimates.   These estimates were derived based on the information made available to us through the date of our report.    

The  contract with Signature did not provide enough detail  to allocate  the  costs of each  stop, but we made  the assumption  that  the credit provided  indicates  the costs of each of  the other  two stops was $154,398.   

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS SCHEDULES OF COST ALLOCATIONS 

  

21 

MARKUP RELATED TO SUBCONTRACTOR COSTS

Redmon Group 51,639$             

Novum Structures 593,159             

Signature Renovations 195,000             

Total Direct Costs of Subcontractors 839,798             

Job Office Cost Overhead (5.00%) 41,990               

Total Field Costs  881,788             

General and Administrative Overhead Costs (3.13%) 27,600               

Subtotal 909,388             

Profit (9.35%) 85,028               

Subtotal with profit factor 994,416             

Bond Cost (0.85%) 8,453                 

Total Direct Costs plus markup related to subs 1,002,869$       

Net Markup on subcontractor costs 163,071$           

Subcontractor Direct Costs related to Dinwiddie Stops

Redmon Group  22,709               

Novum Structures 359,888             

Total Subcontractors Direct Costs related to Dinwiddie Stops 382,597$           

45.56%

Total Markup allocated to Dinwddie Stops 74,292$             

Percentage of total subcontractor direct costs related to Dinwiddie Stops

Additional Information 

Subcontractor  costs  related  to  the  Dinwiddie  Stops  are  based  on  estimates.    These  estimates were derived based on the information made available to us through the date of our report.

Markup percentages  for  Job Office Cost Overhead, Field Costs, Profit, and Bond Costs were obtained directly from Potomac Construction’s final billing sheet.  

 

COLUMBIA PIKE PROTOTYPE SUPER STOPS APPENDIX A – DIAGRAM OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

22 

 

Arlington County

Director ‐ Arlington DOT

Transit Capital Project Manager

HOK Construction

Admin. Services

WMATA

Asst. General Manager,

Transit Infrastructure &

Engineering Services

General Contractor: 

Potomac (concrete work)

Novum (fabrication) Signature (construction) Redmon (electronics)

subcontractors

WALTER REED PROTOTYPE SUPER STOP APPENDIX B ‐ TIMELINE 

23 

Date Description

August 2000 Phase 1 Agreement to authorize WMATA to plan, design, and construct authorized projects to 

enhance the Metrorail and Metrobus services

October 2002 Columbia Pike Community Design Charette

November 2003 ACG approved design contract with Hellmuth, Obata + Kassabaum (HOK)

August 2004 Contract implemented w/ HOK

November 2004 1st public meeting ‐ design workshop

October 2004 Columbia Pike Implementation Team (CMO appointed)

April 2005 Arlington County (County) Transportation Commission

November 2005 2nd public meeting entitled Design Workshop

June 2006 VDOT Architectural Review Board accepts project and begins review

June 2006 Arlington County Board approves FY07 ‐ FY12 Capital Improvement Plan

December 2006 VDOT (Richmond) Architectural Review Board begins project review

January 2007 VDOT (NOVA) begins project review

June 2007 County Board approves funding agreement with VDOT ($3,550,000)

July 2007 County approves sole source award to HOK to provide design and construction phase services for 

3 prototype Columbia Pike Super Stops

November 2007 County Board approves Amendment to Phase 1 Agreement with WMATA adding Columbia Pike 

Super Stops project

January 2008 Project Management Plan completed by WMATA as required by

Phase 1 Agreement

April 2008 Contract with HOK for construction admin services (approved in 7/07) signed

June 2008 County Board approves Phase 2 Agreement with WMATA authorizing

construction of 3 prototypes ($2,000,000). County Project Management

costs ($150,000)

September 2008 County Manager & WMATA General Manager approve Phase 2 Agreement construction contract 

for 3 prototypes

April 2010 VDOT approves Columbia Pike Super Stop Project for construction

September 2010 County issues limited Notice to Proceed (NTP) authorizing WMATA to have

contractor/ fabricator of structures to begin submittals for approval from

designer HOK and initiate permit process

12/3/2010 WMATA issues an initial NTP to Potomac Construction

March 2011 County issues Full NTP to WMATA 

6/1/2011 WMATA issues second NTP to Potomac Construction

September 2011 Construction begins

9/30/2011 ‐ 3/18/12 Work stoppage due to permit delays  (See report)

10/28/2011 Concrete mix delay, however, resolved during permit delay

12/22/2011 County sends letter to WMATA terminating the Phase 2 agreement upon completion of the 

Walter Reed stop 

1/9/2012 County and WMATA staff met to discuss 12/22/11 letter

2/16/2012 County sends letter to WMATA to discuss termination of the Phase 2 agreement and repeating 

request for detailed accounting and documentation

3/23/2012 Letter from WMATA to County w/ est cost to complete $429,127.07

March 2013 Water Reed Prototype Super Stop opened.

6/10/13 WMATA issues a third NTP to Potomac Construction

August 2014WMATA and County finance staffs conducted discussions about the total costs of the project.  As 

a result of these discussions, it was agreed that a fair settlement of the total project funds due 

from the County for the project was determined to be $1,020,211.  WMATA issued a credit of 

$419,118 to the March 22, 2012 invoice leaving the County will a net balance due of $10,009.  The 

amount due was paid by the County on September 2, 2014.