Request for Proposals (RFP) - Andhra Pradesh … 100-modified RFP 07-02...Request for Proposals...

100
Request for Proposals (RFP) for Identification of Agency for Setting up of “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State Head Quarters, Hyderabad for Effective Emergency Response System Police Department, GoAP Feb 2014 Prepared by A.P Technology Services Ltd., 4th floor, B‐Block, BRKR Bhavan, Tank bund Road Hyderabad – 500 063.

Transcript of Request for Proposals (RFP) - Andhra Pradesh … 100-modified RFP 07-02...Request for Proposals...

  

Request for Proposals (RFP)   

for  

Identification of Agency for Setting up of 

 “Centralized Dial 100 Command & Control Centre”  

at State Head Quarters, Hyderabad for  

Effective Emergency Response System   

 

Police Department, GoAP    

Feb  2014      

Prepared by  

A.P Technology Services Ltd., 4th floor, B‐Block, BRKR Bhavan, Tank bund Road 

Hyderabad – 500 063.  

  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 2 of 100

 

 

 

 

Proprietary & Confidential 

No part of this document can be reproduced in any form or by any means, disclosed or distributed to any person without the prior consent of APTS except to the extent 

required for submitting bid and no more. The guidelines referred are indicative, the bidder is bound by other appropriate guidelines related to the subject. 

 The information contained in this tender document (the “Tender Document”) or 

subsequently provided to Bidder(s), whether verbally or in documentary or any other form by or on behalf of the APTS or any of its employees or advisors, is provided to 

Bidder(s) on the terms and conditions set out in this Tender Document and such other terms and conditions subject to which such information is provided. 

 This Tender Document is not an agreement and is neither an offer nor invitation by APTS to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this 

Tender Document is to provide interested parties with information that may be useful to them in making their technical/ financial proposals (“Bid(s)”) pursuant to 

this Tender Document.  

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 3 of 100

Contents  

1.  Invitation for Open Competitive Bid (OCB) ...................................................................................................... 6 1.1.  RFP Notice....................................................................................................................................................................... 6 1.2.  Introduction ................................................................................................................................................................... 6 1.3.  Important Dates & Contacts .................................................................................................................................... 6 

2.  Scope of Work ............................................................................................................................................................... 8 2.1.  Introduction ................................................................................................................................................................... 8 2.2.  Objectives ........................................................................................................................................................................ 8 2.3.  Police Dept. Overview ................................................................................................................................................ 8 2.4.  Detailed Scope of Work – About the “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” ............ 8 2.5.  Command & Control Centre Features ............................................................................................................... 10 2.6.  Data Solution ............................................................................................................................................................... 12 2.7.  Server room infrastructure readiness .............................................................................................................. 12 2.8.  LAN Connectivity ....................................................................................................................................................... 13 2.9.  Project Plan & Project Tenure .............................................................................................................................. 13 2.10.  Warranty ..................................................................................................................................................................... 13 2.11.  Project Implementation ........................................................................................................................................ 13 2.12.  Site Preparation ........................................................................................................................................................ 13 2.13.  Role of Police Department ................................................................................................................................... 14 2.14.  Roles & Responsibility of Bidder ....................................................................................................................... 15 2.15.  Functional Requirements ..................................................................................................................................... 19 2.16.  Confidentiality and Intellectual Property Rights (IPR) ............................................................................ 20 2.17.  Terms of Payment for Cost of Audit ................................................................................................................. 21 2.18.  Obligations .................................................................................................................................................................. 21 

3.  Pre‐qualification Criteria ........................................................................................................................................ 22 4.  Instructions to Bidders ............................................................................................................................................ 26 4.1.  Completeness of Response .................................................................................................................................... 26 4.2.  Proposal preparation costs & related issues .................................................................................................. 26 4.3.  Pre‐bid Meeting .......................................................................................................................................................... 26 4.4.  Responses to Pre‐bid Queries and Issue of Corrigendum ......................................................................... 27 4.5.  Right to Terminate the process ............................................................................................................................ 27 4.6.  Preparation of Proposals ........................................................................................................................................ 27 4.7.  Submission of Responses ....................................................................................................................................... 27 4.8.  Bid Submission Format ........................................................................................................................................... 28 4.9.  Venue and deadline for submission ................................................................................................................... 29 4.10.  Short listing Criteria ............................................................................................................................................... 29 4.11.  Evaluation Process .................................................................................................................................................. 29 4.12.  The Technical Proposal shall cover the following: .................................................................................... 30 

5.  Technical Evaluation Criteria ............................................................................................................................... 31 6.  Award of Contract ...................................................................................................................................................... 32 7.  Contract Period ........................................................................................................................................................... 32 8.  Project Deliverable and Timelines ...................................................................................................................... 32 9.  Payment Model ........................................................................................................................................................... 33 10.  Service Level Agreement (SLA)............................................................................................................................ 34 10.1.  Performance criteria .............................................................................................................................................. 34 

11.  Penalty ............................................................................................................................................................................ 36 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 4 of 100

12.  Statement of important limits/values related to bid .................................................................................. 37 13.  General Instructions to bidders ........................................................................................................................... 39 13.1.  Definitions .................................................................................................................................................................. 39 13.2.  General Eligibility .................................................................................................................................................... 39 13.3.  Bid forms ..................................................................................................................................................................... 40 13.4.  Cost of bidding .......................................................................................................................................................... 40 13.5.  Clarification of bidding documents .................................................................................................................. 40 13.6.  Amendment of bidding documents .................................................................................................................. 41 13.7.  Period of validity of bids ....................................................................................................................................... 41 13.8.  Submission of bids .................................................................................................................................................. 41 13.9.  Deadline for submission of bids ........................................................................................................................ 41 13.10.  Late bids ................................................................................................................................................................... 41 13.11.  Modification and withdrawal of bids ........................................................................................................... 41 13.12.  General Business information ......................................................................................................................... 42 13.13.  Bid security i.e. earnest money deposit (EMD) ........................................................................................ 42 13.14.  Preparation of Pre‐qualification bid ............................................................................................................. 42 13.15.  Preparation of Technical Bid ........................................................................................................................... 42 13.16.  Preparation of financial bid .............................................................................................................................. 42 13.17.  Bid currency............................................................................................................................................................ 43 13.18.  Term and Extension of Contract ..................................................................................................................... 43 13.19.  Suspension of Work ............................................................................................................................................. 43 13.20.  Force majeure ........................................................................................................................................................ 44 13.21.  Terminate the Contract ...................................................................................................................................... 44 13.22.  Termination ............................................................................................................................................................ 45 13.23.  Termination for insolvency .............................................................................................................................. 45 13.24.  Termination for convenience .......................................................................................................................... 45 13.25.  Right of Monitoring, Inspection and Periodic Audit ............................................................................... 46 13.26.  Risk Management ................................................................................................................................................. 46 13.27.  Publicity .................................................................................................................................................................... 47 13.28.  Resolution of disputes ........................................................................................................................................ 47 13.29.  Governing language ............................................................................................................................................. 47 13.30.  Applicable law ........................................................................................................................................................ 47 13.31.  Notices ....................................................................................................................................................................... 47 13.32.  Taxes and duties ................................................................................................................................................... 47 13.33.  Delivery, Installation and Commissioning ................................................................................................. 48 13.34.  Standards ................................................................................................................................................................. 48 13.35.  Guarantee / Warranty ........................................................................................................................................ 48 13.36.  Arbitration (As per the State Government rules) ................................................................................... 48 **Consortium Criteria............................................................................................................................................................. 50 

Bid Letter Form .............................................................................................................................................................................. 52 Form of Contract Agreement .................................................................................................................................................... 53 Bid Security (EMD) form ............................................................................................................................................................ 55 Check List .......................................................................................................................................................................................... 56 Compliance/ Agreed/ Enclosed/ Deviation Statement ............................................................................................ 56 

APPENDIX I ....................................................................................................................................................................................... 57 Pre Qualification (PQ) Proposal submission forms ............................................................................................................ 57 Form – PQ#1A (Single Bidder / Prime Bidder) .............................................................................................................. 58 General Information ................................................................................................................................................................ 58 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 5 of 100

Form – PQ#1B (Consortium Bidder) .................................................................................................................................. 59 General Information ................................................................................................................................................................ 59 Form ­ PQ#2 (Single or Consortium) ................................................................................................................................. 60 Turnover ...................................................................................................................................................................................... 60 Form – PQ#3 (Prime & Consortium) .................................................................................................................................. 61 Project Experience ................................................................................................................................................................... 61 Form ­ PQ#4 (Prime / Consortium) .................................................................................................................................... 62 Manpower Deployment ......................................................................................................................................................... 62 Form – PQ#5 (Prime & Consortium) .................................................................................................................................. 63 Declaration Regarding Clean Track Record .................................................................................................................. 63 

APPENDIX II ..................................................................................................................................................................................... 64 Technical Proposal Submission Forms ................................................................................................................................... 64 Guidelines for Technical Proposal ............................................................................................................................................ 65 Form – TQ#1 ............................................................................................................................................................................... 68 Understanding of the project .............................................................................................................................................. 68 Form – TQ#2 ............................................................................................................................................................................... 69 Proposed Manpower Schedule ........................................................................................................................................... 69 Form TQ# 3 ................................................................................................................................................................................. 69 Team Composition and Task Assignments .................................................................................................................... 69 Form TQ#4 : ................................................................................................................................................................................ 70 

APPENDIX III .................................................................................................................................................................................... 71 Commercial Proposal Submission Forms ............................................................................................................................... 71 Form C#1 ..................................................................................................................................................................................... 72 Commercial Proposal Submission Form ........................................................................................................................ 72 Form­C#2 .................................................................................................................................................................................... 73 Commercial Form ................................................................................................................................................................... 73 Annexure I ‐ Technical Specifications (Minimum) ..................................................................................................... 75 

Glossary ............................................................................................................................................................................................. 99 ‐‐End of Document ‐‐ ................................................................................................................................................................. 100  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 6 of 100

1. Invitation for Open Competitive Bid (OCB) for 

Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre”  at State Head Quarters, Hyderabad for  Effective Emergency 

Response System  

1.1. RFP Notice APTS on behalf of Police Department, GoAP invites Request for Proposal (RFP) from qualified bidders towards the identification of Agency for Setting up of “Centralized Dial 100 Command &  Control  Centre”  at  State  Head  Quarters,  Hyderabad  for  Effective  Emergency  Response System. 

1.2. Introduction “Dial  100”  denotes  a  computerized  automated  system  to  handle  Public  Distress which  uses basic telephony, CDMA, GSM, Wireless Media based Command and Control. The technological solution shall be scalable and optimized to provide   round the clock State wide coverage with adequate  redundancy.  A.P.  POLICE  has  been  entrusted  by  the  Govt.  of  A.P with  the work  of providing  an  Effective  Emergency  Response  Management  System,  hereafter  referred  to  as “CENTRALIZED DIAL 100 COMMAND & CONTROL CENTRE” for the people of A.P. An Industry standard Centralized Dial 100 Command & Control Centre with Voice, Data & GPS‐GPRS VDU solution which can cater to the needs of people of all the Districts and Cities in the state of A.P. For  the  above  mentioned  work,  APTS  on  behalf  of  A.P  POLICE  is  inviting  Proposal  from Reputed and experienced  Individual Firm/Joint Venture (JV) /Consortium / Society / Trust/ SPV/ MOUs having valid legal agreements. 

1.3. Important Dates & Contacts Bid calling date  08/02/2014 Pre‐bid Conference for Clarification  17/02/2014  at  11.30  AM  at  APTS,  4th  floor 

Hyderabad Last date/time for clarification  17/02/2014 up to 5.00 PM Bid closing date/time  25/02/2014 at 3.00 PM Pre qualification opening date/time  25/02/2014 at 03.30 PM at APTS Technical Bid Opening Date  Will be communicated to the PQ qualified biddersCommercial Bid Opening Date  Will be communicated to the TQ qualified biddersBid Document Fee  Rs.25,000/‐ DGP Office contact Person  Addl Director‐ Police Communication 

+919440627786, [email protected]  [email protected]  

APTS Contact Person  GM(T2) , MD APTS [email protected][email protected] 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 7 of 100

For further details regarding detailed Tender Notification, specifications and digital certificate please visit http://www.apts.gov.in  and www.eprocurement.gov.in .  

  

Managing Director,   

A.P. Technology Services Ltd.   

    

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 8 of 100

2. Scope of Work 2.1. Introduction Police in Andhra Pradesh will now be able to quickly reach trouble spots anywhere in the state with the extension of the 'Dial 100' facility that was hitherto available only in the cities.   The project  ‘Dial 100’ will ensure a prompt & dignified response from A.P Police to the people of Andhra Pradesh as and when they need it in distress. Presently  the  Andhra  Pradesh  Police  department  has  established  centralized  Dial  100 Command Control Centre with GVK EMRI since April 2013 to develop an integrated emergency response service mechanism. 

2.2. Objectives To create a fully equipped & Centralized Command and Control Centre  

• Leverage the state of the art technology available  • Capacity building  • Awareness campaign amongst the community to enable them to avail the Police service. 

The  best  IT  and  communication  technology  should  be  leveraged  to  put  in  place  for  a  quick, effective and comprehensive Police response to all reported incidents of emergency in nature, based on a call‐centre model on the lines of 911 (USA), Chicago Police model.  

2.3. Police Dept. Overview To enable delivery of  all Police  services at  the door  steps of  the public, while making Police more  accountable  and  their  functioning  more  transparent,  with  a  view  to      ensure  total satisfaction of  citizens with  the delivery of assured quality of Police  service. The Centralized Command  and  Control  Centre  will  not  only  minimize  the  response  time  but  would  also  fix accountability on the Police personnel with regard to time they took in reaching the scene of offence.  In Dial 100 project, the selected agency is required to build and operate a modern state of the art Centralized Command and Control Centre for the state of Andhra Pradesh.  This will be an integrated Dial 100 centre which shall also cohesively coordinate for other emergency services like Medical, Fire and other disaster related response services.  

2.4. Detailed Scope of Work – About the “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” The Scope of work shall include  • Establishment  &  operationalization  of  the  Centralized  Dial  100  Command  &      Control 

Centre  in  a  dedicated  fully  furnished  area  not  less  than  15,000  Sft. identified/procured/available  &  maintained  by  the  Bidder  which  will  be  inspected  & approved by A.P Police & the decision of AP Police will be final.  The location identified by the Bidder to establish this Command & Control Centre shall be within the geographical limits  of  Hyderabad  or  Cyberabad  Police  Jurisdiction  only.    Address  of  the  location identified by the Bidder need to be furnished to the Police Department for Inspection 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 9 of 100

& Approval before the Installation & Commission of the Dial 100 Centre. The vendor will be  responsible  for  creation of well  furnished space  for Command & Control Centre setup  (according  to  Industry  Standards)  providing  hardware,  software,  manpower, maintenance,  management,  development  of  web  based  packages  and  web  enabling databases. The initial period of contract will be for five years from the date of establishing the centre which can be extended on performance and mutual agreement.   Availability of identified space with readiness to operationalise the centre will carry additional weightage.  

• The Command & Control centre will be 100 seated equivalent to 100 men per shift.  • The Command & Control centre will operate in number of shifts of 8 hours as desired by 

the client daily and will remain open on all days during the period of contract. Each shift will have number of  call  agents as desired by  the client and agreed by  the vendor. The vendor should make available the required staff to operate in shifts. A declaration to this extent to operate the Command & Control centre round the clock shall be provided by the bidder. 

• Procurement,  installation,  operation  and  maintenance  of  the  Centralized  Dial  100 Command &  Control  Centre, which  also  includes manpower  for  operations,  technology solution  like  setting  up  of  Voice  solution,  Data  solution,    Server  room  readiness  and connectivity  between  Central  location  and  State  Data  Centre  at  PCS &  S  in  DGP Office, Hyd.   

• The staff required to run the Centralized Dial 100 Command &   Control Centre need to be hired & trained by the Bidder before the operational date. Availability of the trained staff with the bidder as on the bid calling date shall carry additional weightage. 

• The Scope will also include operation & maintenance of the 24x7, Call Centre (100 Seater) including supervisory terminals with relevant technology & manpower by the Bidder for a total period of 5 yrs which can be extended based on performance & mutual Terms & Conditions. The Bidder should also ensure that the technology & other infrastructure will have the provision to scale up to another 50 seats whenever the department requires so. 

  Initially  Future Plan(Phase 2) #  Designations  Nos.  Designations  Nos. 1  Call Taker Desk  45 Call Takers 65 2  Dispatcher Desk (PDOs) 25 Dispatchers (PDOs)  35 3  Case Closure Desk 20 Case Closure Desk  35 4  Supervisors  6 Supervisors 10 5  Managers  3 Managers 4 6  Senior Officer  1 Senior Officer 1   Total  100  Total  150 

 

(All the staff required for Dispatcher Desk, Supervisors, Managers, Senior Officer will be identified and appointed by the Police department) 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 10 of 100

• All  the  administrative  staff  required  &  their  workstations  need  to  be  planned  by  the Bidder separately. All the resources procured & hired should be dedicated to the Dial 100 project only. The Police Dispatch Officers (PDOs) & their Supervisors would be from the AP  Police  department.  Hence  their  salary  &  transport  would  be  responsibility  of  the Police  department,  however  the  entire work  environment  need  to  be  provided  by  the Bidder. The Call Takers, Case Closing Officers & all the other administrative staff would be in  the Bidder’s payroll & their welfare  including transport need to be taken care as per the  industry standards by  the Bidder and  the Police department won’t be  liable  for  the same. Best  specifications  shall  be  adopted  by  the  vendor  for  commissioning,  operating  and maintaining  the Command & Control Centre,  though the minimum specifications  in  this regard are attached as Annexure­I.  

• No products supplied under the RFP should be at the end of life or out of support. 

• No IT equipment model should have been introduced in the market not later than 2 years back as on date of the bid. 

Manpower:  The  manpower  which  is  required  to  be  placed  as  call  takers  and  case  closure officers  should  be  preferably  Graduate  /  minimum  intermediate  and  having  proficiency  in Telugu, English and Hindi Languages. 

The bidder to give a declaration in the Technical Bid on the availability of the required staff.  

2.5. Command & Control Centre Features 1. ACD:  Supplier/Bidder  shall  implement  “Automated  Call  Distribution”  feature  to 

distribute the calls to “Longest Idle Agent” or any other logic as per the queue dynamics &  requirement.  All  agents  &  PDOs  will  login  to  this  central  ACD  using  his/her  own unique ID.  

2. PBX:  Robust  PBX  wherein  the  phones  will  get  registered.  Sufficient  PBX  lines (roughly100 nodes) to be deployed and provision for adding more nodes to this PBX as and when required for expansion.   

3. IVR: Two  IVR  ports  shall  be  deployed  for  call  queuing  and  announcements.  The  IVR shall be customized to announce the welcome and status message.                       

4. Reporting (Queue Management System): The Call Centre software design shall enable reporting  which  shall  include  the  following,  apart  from  the  ability  to  retrieve  the individual  case  dockets  /  call  reports,  Call  handled  by  Agents,  Skill  Groups,  location, queues etc.  

5. Gateways:    Centralized  Gateways  at  Hyderabad  shall  route  all  the  Dial  100  calls received from any service provider to the Dial 100 Command & Control Centre through 2  PRI  lines  provisioned  for  Inbound.  Another  2  PRI  lines  need  to  be  provisioned  for Outbound Calls. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 11 of 100

6. Loggers and Quality Management System:  Supplier / Bidder shall deploy standard Voice logger having the capability of recording of  all  the  Communication  of  Callers,  Call  takers,  Dispatch  officers  and  also  Wireless Communication.    All  voice  calls  including  both  Inbound,  Outbound  &  Wireless Communications need to be recorded. Supervisor shall have the capability  to  listen to the recorded calls /  live calls using  logger application. Storage Server needs to have a capability of  storing  the  call  recordings  for at  least 90 days  in  the Server. The Server shall  have  provision  to  backup  the      calls  location  /  Date  wise.  The  QMS  (Quality Management System) application  shall  have  capability  to  carry out monitoring of  call and auditing the calls using online application. The inbuilt reporting capability  for the same  should  be  available.  Supervisory  application  to  manage  &  monitor  queues  for Incoming calls, Outbound calls, Dispatch queue & Case closure queue which should also have the feature to assign & change priority levels. 

7. CTI(  Computer  Telephony  Integration)  PoP  Up:  CTI  Pop  up  shall  appear  on  Call taker’s  desktop  along  with  information  of  the  caller  (mobile/landline  number  and address), which will help  the call  taker  to call back  the caller  in case of disconnection. This  application  should be  capable  of  integrating with other  applications of  the Police dept  and  scalable  to meet  the  higher  performance needs. Application  should  have  the capacity  to  integrate  the  tools/application  to  auto  populate  the  location  of  the  caller once the supporting technology is ready.  

8. Phones:  Bidder  shall  provide  standard  Digital  phones  for  handling  the  calls.    It  is advised to have an option to login to ACD through Phone in case of CTI   issues & this will be considered as one of the redundancy feature in the telephony. These phones should also have at least 6 party conference facilities. 

9. Headsets: Bidder shall provide Noise cancellation Headsets that are compatible for the agents to take the call.   (OEM certification &  the equipment warranty  should be enclosed  in  the  form of declaration from the OEM)   

 

10.  Application Software: The  application  should  be  developed  &  customized  to  suite  the  Police  Department’s requirement. These applications should cater to the requirement of call takers, dispatch officers, Police Stations (PS), Police Control Room (PCRs) & Case closing officers. 

 

i. The Bidder  need  to  deliver/  deploy  /customize  the  required  call  centre  application which  will  capture  the  data  from  the  caller  &  other  actions  (dispatch  the  case  to relevant  PS/  (PCR)  /Patrolling  vehicle,  action  taken  by  PS/Patrolling  Vehicle,  PCR verification, Customer Feedback) required till the closure of the case as mentioned in the SOP ( SOP will be given to the Successful bidder by AP Police Dept) .  

ii. The Bidder  also  needs  to  provision  the  extension  of  the  same  application  to  all  the 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 12 of 100

PS/PCR & other Police offices for enabling the real time tracking & case details entry through the AP Police Intranet.  

iii. The PDO application  should have  the option  to  assign priority  level  for  the  cases & input the case details from their end. 

iv. The PS & the PCR should also have their respective fields to enter the case details & action taken from their end too. 

v. The case closure application should populate all the information from the entire case journey &  should  also have  fields  to  capture  caller  feedback &  comments.  It  should also have a  feature  to escalate  the cases pertaining  to unhappy caller or actions not taken to the Police Escalation Desk.   

vi. The application should also have  the  flexibility  to make amendments on an ongoing basis due to the dynamic nature of the department’s work. 

2.6. Data Solution i. Central location and State Data centre at PCS&S shall be connected via MPLS network provided  &  managed  by  the  Bidder.  Central  location  shall  have  a  complete redundancy with full built in resiliency.   Domain controllers with redundancy shall be implemented in the Central location, where users from districts and from the central location gets authenticated.     

ii. Anti  Virus  Server  with  a  management  console  solution  shall  be  deployed  at  the Central location where internet feed will be provided only for AV updates. AV server will  need  to  push  AV  updates  to  all  desktops  on  daily  basis  to  all  the  computers including laptops used in the Dial 100 Command & Control Centre. 

2.7.  Server room infrastructure readiness  Server room shall have a door with access control reader to allow only authorized Personnel of the Bidder & the department. False flooring shall have at least one feet height from the actual floor. CAT6 cables have to be implemented for connectivity from the Patch Panel to the Agent’s work  station.  Separate  ducts  shall  be  available  for  electrical  cabling &  data  cabling.  Bidder/ Supplier shall ensure that the conduits are closed / concealed properly from the server room till  the  agent’s  workstation.  Each  cable  patch  panel  needs  to  be  labeled  properly  for  easy identification after  thoroughly  testing  the connectivity. Server room at Dial 100 Command & Control Centre shall consist of 2 racks with cable manager for setting up Voice equipments & shall have sufficient place to work around the rack by moving freely. Sufficient cables shall be made available between the racks to extend voice / data network. The server room will have the following facilities as well:  

• Access Control Reader to the server rooms  • Access System with the alarms reporting to a central response desk or guard   • Force Doors self‐closing with full close and lock within 5‐10 seconds  • Separate AC in the server room.  • Dedicated UPS (2 No.s) for providing support to all racks with dual supply to each 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 13 of 100

rack.  • Central location server room area shall be around 20 x 20 Ft.  

2.8. LAN Connectivity Bidder shall implement standard LAN switches & Standard Firewall restricting the access from other network to communicate with this MPLS network.  Each Agent cubicle shall be enabled with separate data ports & voice ports. CAT6 cable shall be used for cabling from server room to Agent desks and similarly for interconnectivity between the  racks.  Bidder/Supplier  shall  be  responsible  for  the  overall  connectivity  with  structured cabling, testing & certification. At least 4 Power sockets 5/15 Amp universal (UPS source) shall be deployed at each agent work station. Dedicated network bandwidth  is  to be allocated  for the Dial 100 Command & Control Centre to avoid any latency. 

2.9. Project Plan & Project Tenure Bidder  shall  provide  a  project  plan  for  installation &  operationalization  of  the  project.  This should  also  include  a  floor  plan  &  the  entire  equipment  layout.  The  period  of  contract agreement for setup & operations & maintenance of Centralized Dial 100 Command & Control Centre  will  be  initially  for  a  period  of  Five  Years  further  extendable  on  mutual  terms  & conditions.  

2.10. Warranty The warranty  on  the  total  project  is  required  for  3  years.  Extended warranty  for  another  2 years should be backed in.  

2.11. Project Implementation The  entire  Project  shall  be  implemented  &  operationalise  within  45  Days  from  the  date  of award of the work order to the successful Bidder. 

2.12. Site Preparation a. The site  for  Implementation of Centralized Dial 100 Command & Control Centre  

shall be provided by the bidder as per the required environmental conditions.  b. The  complete  installation  of  the  system  shall  be  the  responsibility  of  the 

successful bidder.  c. Earthing  arrangements  for  all  the  Equipment  shall  be  the  responsibility  of  the 

successful bidder and to be carried out as per the industry standards.  d. Necessary lightening arrestor shall be provided for the equipment as per industry 

standard. e. The  preparation  of  the  site  including  Generator,  UPS  &  electrical  wiring,  LAN 

cabling,  telephone  cabling,  co‐axial  cabling  for  wireless  equipment,  civil,  air‐conditioning, mechanical works, etc. would be carried out by the successful bidder and shall be quoted accordingly.  

f. Falls ceiling, anti static flooring need to be provided by the bidder.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 14 of 100

g. Drawings: The successful bidder shall be responsible to provide the drawings of the equipment layout & wiring. 

h. A small pantry and dining hall need to be provisioned close to the operations floor for the employees / PDOs for refreshments. 

i. Separate  sanitation  facility  for  Ladies  and  Gents,  locker  facility  need  to  be provided. 

j. A  briefing  room  with  Public  Address  system,  Projector,  Screen  &  networked computer  that  can  accommodate  at  least  50  people  should  be  provided  for  the regular briefings & trainings. 

k. Five  fully  furnished  cabins  for  Senior  Police  Officers/  Managers  need  to  be provided. 

l. Bidder  /  Supplier  shall  provide  standard  Desktops  with  latest  hardware configuration, operating system &  two 19” LCD monitor  for each computer (one for data display & one for maps) 

m. 4  Nos  of  42  inches  LED  Screen  for  displaying  queue  status  for  Call  takers  & Dispatchers  separately.  Another  2nos  42”  LED  TVs  need  to  be  provisioned  to continuously display different news channels.  

n. There should be CCTV monitoring setup  for  the entire operations  floor covering all entrances/exits & server room along with one 42” LED Screen, NVR (network video recorder) with 2 months data storage capacity. 

o. Necessary power back up measures for A/C, Fans, Lights & UPS to cater to even long power  failure situation,  to ensure smooth  functioning of Dial 100 system & provide a conducive environment to work.  

p. 3 Laptops and 3 Multi Functional Printers need to be provided (One Printer need to be connected as a network printer in the Dial 100 Operations floor). 

2.13. Role of Police Department The Department will be responsible for the following: 

a. Designate a person to be the nodal point of contact for the vendor. b. Authorize the selected bidder to establish and manage the Centralized Dial 100 

Command & Control Centre. c. Issue  of  Letter  of  Intent  (LoI)  to  the  selected  Bidder  &  signing  of  Contract 

Agreement. d. Enter into agreement with the selected bidder. e. Assist  in  liaisoning  with  other  departmental  agencies  for  gathering  relevant 

information f. Providing sign‐offs for the deliverables. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 15 of 100

g. Release the funds to the selected Bidder as per the terms and conditions of the agreement. 

h. Provide necessary support & necessary information about Police for department use. 

i. Inspect &  certify  the  hardware &  software  equipments  bought &  installed  for Dial 100 operations is as per the quality specifications mentioned in RFP. 

j. Facilitate the process of getting toll free number “100” to the service provider. k. Provide necessary permission to the selected Bidder for implementation of the 

Dial 100 Command  & Control Centre project. l. Release  timely  payments  as  per  approved  'Financial  Bid'  (Annexure‐D)  of  the 

Tender Documents m. Department will not be responsible for any accidents or loss of life caused by the 

bidder’s negligence. The bidder will also have to pay for all indemnities arising from such incidents and will not hold Department responsible or obligated. 

2.14. Roles & Responsibility of Bidder The bidder will be responsible for the following activities: 

i. Site Preparation: 

a. Identification  /  Procurement  of  space  not  less  than  15,000  Sft.  dedicated  in  the geographical Police limits of Hyderabad/ Cyberabad Commissionerates, which is to be inspected and approved by the Police department. 

b. Establishment & operationalization of the Centralized Dial 100 Command &   Control Centre in a not less than 15,000 Sft. identified/procured & maintained by the Bidder. 

c. Bidder  is required  to do all prior work of  installing  the required hardware & software,  recruitment  and  training,  test dialing  etc.  in 45 days  time  from  the date  of  award  of  contract  to  them  and  should  start  operations  within  this period. 

d. The  successful  bidder  shall  provide  Site  Plan  and  equipment  layout  plan  for  the System within 10 days of issue of LoI.    

e. The  vendor  shall  provide  physical  area,  infrastructure,  hardware,  software  and manpower  as  specified.  Best  specifications  shall  be  adopted  by  the  vendor  for commissioning,  operating  and maintaining  the  Command  &  Control  Centre,  though the minimum specifications are provided in this RFP. 

f. Bidder should set up & operationalize the Centralized Command & Control Centre to receive calls from the people of entire A.P State from all networks. 

g. Bidder  will  offer  financial  bid  stating  total  expenditure  for  the  services  provided month wise & year wise for the contract period of five years.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 16 of 100

h. The bidder will need to specify the initial capacity of the Command & Control Centre and also present the projected scaling‐up of the Command & Control Centre based on their  experience.  The  financials  (additional  cost  per  seat  for  scaling‐up)  need  to  be mentioned. 

i. Bidder  should  develop  &  maintain  the  software  specifically  required  for  Dial  100 Command & Control Centre and  it  should also have  the provision  for up gradation/ additions  as  per  requirements  of  the  Police  Department  in  future.  The  software  so developed will essentially be licensed in the name of Police Department, GoAP. 

j. The Police department reserves the right to conduct inspection of any employee and Centralized Call Centre at any time. 

k. Bidder will  be  solely  responsible  for  obtaining  all  statutory  approvals  required  for operating  the  Command  &  Control  Centre  &  service.  It  may  request  Government assistance for such approvals if required. 

l. Office  space  must  also  accommodate  administrative  staff,  support  staff  and confidential  records,  as  well  sufficient  telecom  and  data  lines,  telephones  and computer hardware. 

m. Any equipments, furniture, etc  that are bought for this Dial 100 project & paid by AP Police  will  be  the  sole  property  of  AP  Police  and  shall  be  handed  over  to  the department in good working condition at the end of the contract period.   

ii. Hardware & Software 

a. Provide a final BOM (as per the latest Market Specifications) required for the Dial 100 Command & Control Centre to get functional. 

b. Bidder  should provide  the BoM  for  establishment  of  Customized Complete  Solution for  Centralized Dial  100  Command &  Control  Centre with  detailed  specifications  of Hardware & Software in the bid document. 

c. Bidder should implement the Computer Aided System which will immediately locate the nearest Police  Station  / GPS‐  enabled patrol  vehicle,  to  the  caller's  location  and initiate dispatch in real‐time.  

d. Bidder  should  have  to  replace  immediately  the  hardware  equipment  or  software which is found to be of inferior quality and adversely affecting quality of service. 

iii. Deployment of Manpower  

a. Bidder will engage adequate staff to run the Dial 100 Command & Control Centre in full capacity and according to the forecast & scale up model suggested in the Project Plan. All costs related to hiring the Dial 100 Command & Control Centre staff will be borne by the successful bidder.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 17 of 100

b. The  employees  so  engaged  for  the  Dial  100  project  need  to  be  as  per  the  industry standard & the Bidder need to adhere to labor act & other statutory compliances. 

iv. Training 

a. The  selected  bidder  will  be  solely  responsible  for  the  training  of  the  Dial  100 Command & Control Centre staff & ensuring their skills for a quality service.  

b. The Bidder should also ensure the relevant training is given to all the Police personnel involved in the operations of Dial 100 in batches. 

c. The Bidder should also ensure the training is conducted for the Police Control Room (PCR)  Nodal  officers  in  batches  at  Hyderabad  according  to  the  requirement  & schedule  given  by  the  Police  personnel  in  charge.  These  Nodal  officers  are  to  be trained & equipped with all the training materials, so that they can impart the same to the Dial 100 duty officers in the Police stations in their jurisdiction. 

v. Backup services 

a. Bidder  should maintain  the Call detail Database  containing  the  information about  the personal details of the citizens, complaint details, place of calling, date and time of call received,  answer  given,  etc.  on  a web  enabled  database which  can  be  accessed  from anywhere on the web by authorized users. Relevant redundancy measures need to be taken  by  the  bidder  to  ensure  no  data  loss  due  to  any  unforeseen  events.  All  these information is extremely sensitive & the successful Bidder is strictly advised to follow all norms of information confidentiality. 

b. The data & voice logs of the Dial 100 operations need to be backed up daily & need to be handed over to the police department on a monthly basis using storage media like tape drive.  

c. The  DGP  will  be  the  overall  in  charge  of  the  project  “Dial  100  Command  &  Control Centre”.  It  will  be  the  duty  of  successful  bidder  to  secure  permissions  required  for providing the services with access to the databases etc. 

d. Bidder  should  provide  technological,  leadership,  administrative  and  managerial support in open and transparent manner to produce mutually agreed outcomes. 

vi. Other services 

a. Observance  of  strong  &  healthy  management  practices,  employing  appropriate advanced technology and safe methods. 

b. The calls will be  routed  to  the Fire  service department or Medical & Health Dept.  for ambulance if required, depending on the emergency. The 100 number will be accessible from  any Mobile/Land  line  phone  of  any  service  provider  across  the  state  of  Andhra Pradesh.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 18 of 100

c. The  Bidder  shall  undertake  periodical  preventive  maintenance  of  Equipment, Accommodation to ensure uninterrupted operation of the Project Facilities. 

d. Bidder should offer a comprehensive 24x7x365 Command & Control Centre, providing uninterrupted  Dial  100  service  by  putting  in  place  robust  technical  and  managerial support system for this mission critical project. 

e. The bidder will provide software for recording and monitoring calls on 24x7x365 basis. f. Bidder will  be  responsible  for  rendering  the  services  from  the  Dial  100  Command & 

Control Centre. All costs related to the establishment, operation and maintenance of this Command & Control Centre will be borne by the bidder. 

g. Bidder must implement precautions to ensure that files and programs can be re‐created in the event of loss by any cause, including a plan to safeguard data files. 

h. Bidder  should  be  responsible  for  settling  day‐to‐day  issues  related  to  breakdowns, disconnections etc. with the telephone companies. 

i. Bidder should appoint a person to be the nodal point  for coordinating with the Police department. The person identified must be available over phone at all times. 

j. Bidder shall install and maintain Air‐Conditioning equipment. k. Bidder  shall  provide  required  printers,  stationary,  envelopes  etc.,  at  Command  & 

Control Centre and printing of MIS reports. l. Bidder shall provide state level administrative/supervisory console login to the DGP 

& ADGPs concerned through PCS & S. m. Bidder should engage required technical resources / engineers or any other  technical 

staff required at his expense to maintain the system during the contract period. n. Any other requirement for the smooth implementation of this project & is missed out in 

this RFP may be furnished by the Bidder in Technical & Commercial proposal. o. Continue  to  build  professional  relationships  with  key  stakeholders  &  groups 

participating in the project.  p. Bidders  shall  be  deemed  to  have  understood  and  agreed  that  no  explanation  or 

justification  for  any  aspect  of  the  Selection  Process will  be  given  and  that  the  Police department’s decision is without any right of appeal whatsoever. 

q. Bidder will make  the  best  effort  to  ensure  that  the  quality  of  deliverables meets  the expectations of the Police department. 

r. The deliverables will be accepted only if they confirm to the specifications as laid down in  this  Scope  of  Work.  Deliverables  of  the  Bidder  will  be  considered  to  have  been formally accepted only after the Department communicates so in writing. 

s. Any queries regarding the deliverables will have to be answered by the Bidder within 5 working days. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 19 of 100

t. Bidder will  share  all  intermediate  documents,  drafts,  reports,  surveys  and  any  other item  related  to  this  assignment  with  the  Police  Department.  All  work  products, information &  any  other  data  of  this  project  should  be  deemed  as proprietary  to A.P Police and non shareable. 

u. The bidder will  provide  all  call‐logs,  voice‐logs,  voice  recordings  and other necessary details  as  and when  required  by  the  Police  Dept  /GoAP.  It  will  also  be  submitted  to Police Department in Daily/weekly/ fortnightly/monthly/annual reports or as directed by the Department in the format desired by the Department. 

v. Bidder shall organize weekly/fortnightly review meetings to review functionality issues and  progress  of work.  The  frequency  of meetings will  be  intimated  by  the  Bidder  in consideration of requirements in the interest of the project. 

w. Bidder should generate  the daily, weekly, monthly  reports  shall  include  the  following but not limited to: 

• Report on calls handled & calls pending, • Average duration of calls, • Min. & max duration of calls, • Number of instances the operator found busy, • Calls abandoned due to breakdown, • Calls made / referred to stakeholder institutions. • Call type etc. 

x. Bidder  should  submit  quarterly  /  half  yearly  /  annual  progress  report  to DGP, Police Department. 

y. Bidder  should  prepare  the  minutes  of  the  review  meetings  mentioning  the  issues discussed, decisions taken on them and appropriate level at which these required to be resolved. 

z. Bidder  should  submit  hardcopies  and  softcopies  of  all  the  deliverables  to  Police Department. 

aa. Bidder will sign on agreement with the Police Department for running the Command & Control centre. 

bb. Bidder will be  solely  responsible  for managing  the activities of  its personnel and will hold itself responsible for any misdemeanors. 

cc. Bidder Conduct Research and Analysis of data generated and furnish the conclusions to designated Police Dept. officials monthly/yearly or as on required basis. 

dd. In respect of any matter relating to the agreement, always act as faithful partner to the Police Department  , GoAP and shall all times support and safeguard the Government’s legitimate interests in any dealing with the contracts, sub‐contracts and third parties. 

ee. Prime / Consortium bidder to maintain 99.9 per cent up time of the complete integrated IT based system along with real‐time tracking otherwise penalty will be imposed. 

2.15. Functional Requirements  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 20 of 100

a) Bidder shall propose the most suitable integrated system solutions.  b) The system shall be designed in a manner that operational data is not lost in case of 

any failure of equipment or communication network.  c) Provision  of  suitable  disaster  recovery mechanism with  100%  redundancy  at  the 

hardware level. d) The  system  shall  have  a  provision  to  integrate  the  system  in  the  District  Control 

Room & Police Stations through PCS. e) Main  control  room  should  be  mirrored  in  another  alternate  location/city  as  and 

when  notified  by  AP  Police  /  APTS.  All  the  requirements  including  location  & hardware would be provided by the Police Department for the same & hence it shall not form the part of commercial bid. 

f) The  system  shall  have  the  capacity  of  functioning  24  x  7  throughout  the  year  in Indian Conditions.  

g) Solution  shall  provide  99.9%  monthly  uptime  for  the  entire  setup.    In  case  one network control unit fails, the degradation shall be defined by the Quality of Service (QoS);  &  QoS  policy  to  be  implemented.  Service  Level  would  be  reviewed  on monthly basis and degradation of the service for consecutive 3 months would result in major penalty.  The  QoS  policy  will  be  supplied  by  the  Dept  after  award  of  Contract  to  the Successful bidder. 

h) The system should have dedicated bandwidth  for Dial 100  to avoid any  latency & ensure smooth functioning. 

i) The functional requirements are only indicative. j)  Bidder  shall  quote  the  latest  system  available  at  the  time  of  submitting  the 

technical and financial bids.  k) Bidder  shall  provide  third party / AP Police department  audit  certification of  the 

installed  communication  network  in  compliance  to  the  security  and  other requirements  at  its  own  cost  from  a  panel  of  auditors.  Details  will  be  given  at appropriate stage. 

2.16. Confidentiality and Intellectual Property Rights (IPR) a. Confidentiality 

• The successful bidder must maintain absolute confidentiality of the documents/ maps/  tools  collected  in  any  form  including  electronic  media  and  any  other data/information provided to him for the execution of the work.  

• The bidder should not use the Project data for any purpose other than the scope of  work  specified  in  the  document  and  added/  amended  before  signing  the contract.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 21 of 100

• The  Bidder  must  remove/  destroy  the  entire  data  from  his  custody  after completion of the contract period.   If at any stage it is found that the bidder is using the data provided by the client any time during the contract execution or after  completion of  the contract  for any other purposes,  stringent  legal action will  be  initiated  as  per  applicable  law  of  land  and  the  contract  will  be terminated without assigning any reasons. 

• Bidder  shall  not  disclose  to  any  one,  any  information marked  as  confidential and communicated or made available or accessible by the firm during execution of the work. 

b. Use of documents and Information • The  bidder  shall  not,  without  prior  written  consent  from  Police  Department 

/APTS, disclose/share/use the bid document, contract, or any provision thereof, or any specification, plan, drawing, pattern, sample or information furnished by or  on  behalf  of  the  Police  Department/APTS  in  connection  therewith,  to  any person other than a person employed by the bidder in the performance of the contract. Disclosure to any such employed person shall be made  in confidence and  shall  extend  only  so  far  as  may  be  necessary  for  purposes  of  such performance. 

• The  bidder  shall  not,  without  prior  written  consent  of  Police  Department /APTS,  make  use  of  any  document  or  information  made  available  for  the project, except for purposes of performing the Contract. 

• All  project  related  document  (including  this  bid  document)  issued  by  Police Department /APTS, other than  the contract itself, shall remain the property of the Police Department /APTS and shall be returned (in all copies) to the Police Department  /APTS  on  completion  of  the  Bidder’s  performance  under  the contract. 

• The vendor will have to submit source code required documentations to Police Dept. and Police Dept. will have  full  rights over  the source code and  IPR shall belong to Police Dept. and vendor will not posses any rights. On changes in the source  code  or documentation  the  vendor will  have  to provide  source  code  / documentation to Police Dept from time to time. 

 

2.17. Terms of Payment for Cost of Audit The  Lead  Member  &  its  Consortium  Partners  shall  bear  their  own  costs  of  any  audits  and inspections. The terms of payment are inclusive of any costs of the solution. 

2.18. Obligations The  Primary  Bidder  shall  be  obliged  to  implement  any  proposed  changes  once  approval  in accordance  with  Article  above  has  been  given,  with  effect  from  the  date  agreed  for implementation.   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 22 of 100

3. Pre­qualification Criteria APTS  invites  the  interested & eligible entrepreneurs desirous of bidding  for  the project   and who  meet the following Pre‐ qualification criteria (PQ): 

#  Pre­Qualification Criteria Description Supporting Documents to be submitted by the bidders 

  Nature of bidding  Single bid / Max 3 Consortium  

1  Legal Entity 

Bidder must have registered under Companies Act, 1956 or  a  partnership  firm  registered  under  LLP  Act,  2008, Societies ACT1860 and also Registered with the Service Tax Authorities.  

The  Registered  society/company/partnership  firm should have been operating for the last three years. 

Prime  Bidder  (lead Member)    & Consortium  Bidder  should submit: 

i. RoC ii. Copy  of  Service  Tax Registration Certificate.  

2  Turnover 

The Prime Bidder  shall  have  an  annual  turnover  of  Rs. 30 Crores & above for the last three (3) years i.e., 2010‐11, 2011‐12 & 2012‐13 of the firm. 

Prime  Bidder(lead  Member) should submit of the following: 

i. Audited balance sheet  ii. Profit & Loss statement iii. Certificate  from  the  statutory 

auditor 3  The  Lead  Member  should  have  an  annual  minimum 

turnover of INR 5 Crores from the centralized call centre solutions  from  any  two  years  from  the  last  three  (3) years i.e., 2010‐11, 2011‐12 & 2012‐13.  

Certificate  from  the  statutory auditor 

4  Past experience  in  the establishment & maintenance of call center in the State/Central/PSU 

a. The  bidder  should  have  an  execution  of  minimum two (2 Nos.) state wide projects of the nature and complexity  comparable  to  the    proposed  project within last three (3) years shall be furnished by the firm  or  any  constituent  of  the  JV/Consortium/ society  /  trust  /MOU    partners  as  a  proof  of expertise /capacity to execute the projects.  

b. The call centre project executed should be active & running as on the bid calling date. 

c. An experience of  running 80‐100 seater  call  centre specialized  in  serving  emergencies  for  the  last  2 years i.e., 2011‐12 & 2012‐13 is mandatory.  

Prime  Bidder(lead Member)      & Consortium Bidder should submit any of the following: 

i. Work order & work completion certificates from client dept. 

ii. Performance  certificate  duly signed  by  the  authorized signatory from the client end. 

iii. Work  satisfactory  certificate from the client dept.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 23 of 100

d. A  detailed  list  of  past  customers  together  with contact,  address  etc.  of  each  customer  in  order  to  show past performance in the execution of projects of  a  comparable  nature  and  complexity  shall  be provided.  

Note:  The  experience  of  running  in­house  call centre/help  desk  for  bidder’s  own  operations  or  their partner/associate’s operation will not be counted & only experience of running a call Centre for third party clients will be considered. 

4  Manpower Deployment 

The  bidders  must  have  200  Graduates  on  its  roll.  Bidders will  furnish  information of  such personnel  and alternate  for each mentioning  the experience  in  similar works. 

Prime  Bidder(lead  Member)      / Consortium Bidder should submit Self­Certification  by  the authorized signatory. 

• List only key management and specialist  positions  in  the bidders. 

• Details of the personnel in the Project  Management  Team from the Lead Member. 

5  Local Presence 

Bidder should have local office as on date of bidding. 

Note: An undertaking in this regard should be submitted on the Company Letter head. If the bidder is not having local presence, it has to open a local office within 15 days from the issue of LoI and same must  be  communicated  to  APTS  for  future correspondence. 

Prime  Bidder  &  Consortium bidder  should  submit  Self certified office address. 

 

6  Blacklist 

Bidder  shall  not  be  black  listed  by  any  State  /  Central Government Department, Ministry or Agency for breach of  Contractual  Conditions  as  on  bid  calling  date.  The bidder should also not be entangled in any legal disputes with any Govt./PSU body. 

Self  Declaration  Certificate  that the Prime Bidder (lead Member)& Consortium  bidder  is  not  black listed  and  is  not  in  any  legal disputes  as  on  the  bid  calling date. 

Self Declaration Certificate  to be enclosed in the bid duly signed by the  authorized  signatory  on  its letter head. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 24 of 100

Note:  Any  bidder  who  offers  discounts/  benefits  suomoto  after  opening  of  commercial bid(s) will  be  automatically  disqualified  from  the  current  bidding  process without  any prior notification and also may be disqualified for future bidding processes in APTS.  

1. Bids can be submitted by an Individual firm or a Consortium. (Please refer *Consortium Criteria at pg 51) a. “Consortium**”  shall mean more  than  one  company  up  to  a maximum  of  three(3) 

which joins with other companies of complementing skills to undertake the scope of work defined in this RFP. 

b. Memorandum  of  Understanding  (MOU)/agreement  among  the members  signed  by the Authorized Signatories of the companies dated prior to the submission of the bid to  be  submitted  in  original.  The  MoU  /agreement  shall  clearly  specify  the  prime bidder,  stake  of  each  member  and  outline  the  roles  and  responsibilities  of  each member.  However,  complete  responsibility  from  the  submission  of  Bid  to  the successful completion of the project lies with the Prime Bidder. 

c. Representations received from the bidders within 3 days from the date of opening of technical  bids  on  the  issues  related  to  Pre‐qualification/Technical  bids  evaluation and within a day from the date of opening of commercial bids on the issues related to the  commercial  bid  evaluation  will  only  be  accepted.  Representations  received beyond this period will not be considered and strictly rejected. 

d. If the bidder is not having local presence, it has to open a local office within 15 days from  the  issue  of  LoI  and  same  must  be  communicated  to  APTS  for  future correspondence. 

e. The  bidder  should  upload  all  the  required  documents  with  clear  visibility,  avoid missing  documents  and  avoid  bidding  mistakes.  In  such  cases,  APTS  reserves  it’s right  in  seeking clarification  from the bidder and may disqualify  the bidder  for  the bidding mistakes, missing documents and for the documents that are not clear. 

f. Number of Bidder forming part of  Joint Venture/Consortium/ Society / Trust/MOU shall not be more than three (03)  including OEM. They must be well established  in Voice & Data Technology and must have a valid agreement (SPV), establishing their business associations.  If the consortium’s major partner is based abroad, they must have an office in India.  The MoU of consortia should be submitted with detailed roles & responsibilities of the consortium members & a statement on the financial stake. 

g. The  name  of  the  Bidder  constituting  a  Joint  Venture/  Society  /  Trust /Consortium/SPV/MOU  shall  be  indicated  at  RFP  stage  but  no  change  in  such proposed constitution shall be permitted at a later stage.  

h. The  Bidder  shall  have  sufficient  technical  expertise,  relevant  experience  and requisite infrastructure to develop / install Voice, Data Solution.  

i. Bidder  shall  include  among  other  things,  objectives  of  the  Bidder,  the  proposed 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 25 of 100

management  structure,  contribution  of  each  constituent,  role  and  responsibility  of each constituents covering all aspects of the planning and successful execution of the work,  the  commitment  of  the  constituents  to  the  joint  and  several  liability  for  due performance.  

j. Before  award  of  the  work,  the  JV/  society  /  trust  /Consortium/SPV/MOU  shall submit  the  agreements  etc.  relating  to  their  joint  venture/  society  /  trust /Consortium/MOU  duly  registered  before  the  appropriate  authority.    Bidder  shall clearly  spell  out  the  individual  share  of  the  constituents  of  JV agreements/Consortium agreement/SPV/MOUs.  

k. All  constituents  of  Bidder  shall  be  jointly  and  severally  liable/  responsible  for  the successful  completion  of  contract  as  per  the  terms  and  conditions  of  the  contract agreement  irrespective of  their share and role specified  in  JV  agreement/ society / trust /Consortium agreement/MOUs.   

l. Application  Fee,  Earnest Money Deposit,  Security Deposit,  Performance Guarantee, Bank Guarantee etc. shall be submitted by the lead member Firm.   

m. Any  change  in  the  composition  of  Firm  after  submission  of  the  offer,  but  before acceptance of the same by A.P POLICE be treated as resiling from the offer with the attendant  consequences,  such  as  forfeiture  of  EMD  and other  consequences  as  per tender conditions.           

n. The  Lead  Member  shall  be  nominated  as  overall  in‐charge  of  the  execution  &  a   single point of  contact  for  the execution of  the project. The Bidder agreement shall specify its Lead Member which shall be authorized to incur all liabilities and receive instructions for and on behalf of the Bidder.  This authorization shall be with further stipulation  that  it  shall  be  valid  for  the  entire  period  of  the  Mapleton/extended period of the work including maintenance period.                    

o. Once the contract is awarded to the Bidder, the composition of the Bidder including the  individual  stakes  in  it  cannot  be  changed  till  completion/extended  period including maintenance period.   

p. Deviation  from this shall be treated as  termination of contract and shall attract  the liability as specified in the Tender.    

q. An applicant shall not have conflict of interest that may affect the bidding process or the  Bidder  (the  “Conflict  of  Interest”).  Any  applicant  found  to  have  a  Conflict  of Interest shall be disqualified. 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 26 of 100

4. Instructions to Bidders 

4.1. Completeness of Response a. Bidders are advised to study all instructions, forms, requirements and other information 

in  the  RFP documents  carefully.    Submission  of  the  bid  shall  be  deemed  to  have  been done after careful study and examination of the RFP document with full understanding of its implications. 

b. The response to this RFP should be full and complete in all respects. Failure to furnish all information required by the RFP documents or submission of a proposal not substantially responsive to this document will be at the Bidder's risk and may result in rejection of its Proposal. 

4.2.  Proposal preparation costs & related issues a. The bidder is responsible for all costs incurred in connection with participation in this 

process,  including,  but  not  limited  to,  costs  incurred  in  conduct  of  informative  and other  diligence  activities,  participation  in  meetings/discussions/presentations, preparation  of  proposal,  in  providing  any  additional  information  required  by facilitating the evaluation process. 

b.  Will  in no  case be  responsible or  liable  for  those  costs,  regardless of  the  conduct or outcome of the bidding process. 

c. This RFP does not commit to award a contract or to engage in negotiations. Further, no reimbursable cost may be incurred in anticipation of award or for preparing this RFP. 

4.3. Pre‐bid Meeting 1. APTS shall hold a pre‐bid meeting with the prospective bidders as per RFP Clause 1.3. 

The Office of the Managing Director Andhra Pradesh Technology Services Ltd., IVth Floor, BRKR Bhavan, Tankbund Road, Hyderabad – 500 063 

2. The Bidders will have to ensure that their queries for Pre‐Bid meeting should reach by email bidders as per RFP Clause 1.3. 

      

3. All and any queries related to Scope of work, Payment Terms and mode of selection will be entertained during Pre‐bid clarifications meeting. 

4. Max. Two representatives authorized by  the company will be permitted  to attend  the 

The Managing Director Andhra Pradesh Technology Services Ltd., IVth Floor, BRKR Bhavan, Tankbund Road, Hyderabad – 500 063 Telephone: (040) 2322 0305, (040) 2322 3753 Fax: (040) 2322 7458 :    Email : [email protected] 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 27 of 100

meeting. 

4.4. Responses to Pre‐bid Queries and Issue of Corrigendum a. The Nodal Officer notified by the APTS will endeavour to provide timely response to all  queries.    However,  APTS  makes  no  representation  or  warranty  as  to  the completeness  or  accuracy  of  any  response  made  in  good  faith,  nor  does  APTS undertake to answer all the queries that have been posed by the bidders. 

b. At  any  time  prior  to  the  last  date  for  receipt  of  bids,  APTS  may,  for  any  reason, whether  at  its  own  initiative  or  in  response  to  a  clarification  requested  by  a prospective Bidder, modify the RFP Document by a corrigendum. 

c. The  Corrigendum  (if  any)  &  clarifications  to  the  queries  from  all  bidders  will  be posted in the portal www.eprocurement.gov.in. 

d. Any such corrigendum shall be deemed to be incorporated into this RFP. e. In order to provide prospective Bidders reasonable time for taking the corrigendum into account, APTS may, at its discretion, extend the last date for the receipt of RFP Proposals. 

4.5. Right to Terminate the process a. APTS may terminate the RFP process at any time and without assigning any reason. APTS makes no  commitments,  express or  implied,  that  this process will  result  in a business transaction with anyone. 

b. This  RFP  does  not  constitute  an  offer  by  APTS.  The  bidder's  participation  in  this process may result in short listing of the bidder. 

4.6. Preparation of Proposals a. The  Proposal  as well  as  all  related  correspondence  exchanged  by  the  bidders  and APTS shall be written in English language, unless specified otherwise. 

b. In  preparing  their  Proposal,  Consultants  are  expected  to  examine  in  detail  the documents  comprising  the  RFP. Material  deficiencies  in  providing  the  information requested may result in rejection of a Proposal. 

c. The Technical Proposals shall contain an Executive summary giving a brief overview of  the  manner  in  which  the  bidder  proposes  to  achieve  the  outcomes  and  the assessment of resources required. 

d. The bidder  is expected to submit  the Technical Proposal as per  the format given in Appendix  II.  Submission of  the wrong  type of Technical  Proposal will  result  in  the proposal being deemed non‐responsive. The Technical Proposal shall not include any financial information. 

e. The Financial Proposal shall be prepared as per the format given in Appendix. 

4.7. Submission of Responses a. The bidder shall submit the bid through e‐Procurement platform only. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 28 of 100

b. The  bidder  shall  submit  (3)  proposals  –  Pre­Qualification  Proposal,  Technical Proposal  and  Financial  Proposal  as  per  format  given  in  Appendixes  on  e‐procurement portal. 

c. The original proposal both Technical and Financial shall contain no interlineations or overwriting,  except  as  necessary  to  correct  the  errors  made  by  the  bidders themselves. The same authorized representative who has signed the proposal  shall initial the corrections. 

d. An authorized representative of  the bidders shall initial all the pages of the original Technical and Financial Proposals. The authorization shall be in the form of written power of attorney accompanying  the proposal and supported by any evidence  that the representative has been duly authorized to sign. 

e. One copy of the documents necessary for Pre‐Qualification as per the format given in Appendix  I,  shall  be  submitted.  An  authorized  representative  of  the  bidders  shall initial all pages of Pre‐Qualification documents submitted. 

f. The bidder shall submit one softcopy of the Technical Proposal in the form of a non‐rewriteable CD. CD media must be duly signed using a Permanent pen Marker and should bear the name of the bidder. 

g. Bidder  must  ensure  that  the  information  furnished  in  the  CD  is  identical  to  that submitted  in  the  original  paper  document.  In  case  of  any  discrepancy,  the information furnished in the original paper document will prevail over the soft copy. 

h. The  bidder  shall  ensure  that  the  proposal  cost  quoted  in  the  Cost  Break‐up  form (Form‐C2) matches with the total cost (inclusive of taxes) quoted in the Commercial Proposal form (Form‐C1). 

4.8. Bid Submission Format a. The entire proposal shall be strictly as per the format specified in this Invitation for 

Expression  of  Interest  and  any  deviation  may  result  in  the  rejection  of  the  RFP proposal. 

b. The documents to be submitted for Pre­Qualification are: i. General Information of the Bidder – Form PQ#1 ii. Financial Turnover – Form PQ#2 iii. Past exp. in call center maintenance – Form PQ#3 iv. Manpower available with relevant Exp.– Form PQ#4 v. Self Declaration Certificate – Form PQ#5 vi. Bid Security. 

c. The documents to be submitted for Technical Proposal are: i. Executive Summary ii. Description of approach, methodology and work plan for Computerization of 

Dial 100 Call center  – Form TQ#1 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 29 of 100

iii. Proposed Work Schedule ‐ Form TQ#4 d. The documents to be submitted for Commercial Proposal are: 

i. Commercial Proposal submission  ‐ Form  C#1 ii.   Financial Proposal Cost Break‐up ‐ Form  C#2 

4.9. Venue and deadline for submission a. Proposals must be submitted through e Procurement Platform only on or before the 

last date time given.  b. Any proposal received by the APTS after  the above deadline shall be rejected. The 

bidders  should  take  care  in  uploading  their  bids &  supporting  documents well  in advance so as to avoid last minute rush & failures. APTS will not entertain any such complaints of failure on the e procurement portal. 

c. The bids  submitted by  telex/telegram/fax/e‐mail,  etc.  Shall  not  be  considered. No correspondence will be entertained on this matter. 

d. APTS  reserves  the  right  to  modify  and  amend  any  of  the  above‐stipulated                    condition /criterion depending upon assignment/project priorities vis‐à‐vis urgent commitments. 

4.10. Short listing Criteria a. APTS will shortlist bidders who meet the Pre‐Qualification criteria mentioned in this 

Invitation to RFP. b. Any attempt by a Bidder  to  influence  the bid evaluation Process may result  in  the 

rejection of its RFP Proposal. c. APTS  will  constitute  a  Proposal  Evaluation  Committee  to  short‐list  the  bidders 

according the Pre‐Qualification criteria given in this document. 

4.11. Evaluation Process a. The evaluation will be 3 stages i.e., PQ, TQ & Commercial of the proposal submitted by the 

bidders. b.  The bidders will  be  shortlisted based on  the Pre‐Qualification  criteria  as  given  in 

section 3 of this RFP document.  c. The bidders who qualify  in PQ evaluation will be eligible  for opening of Technical 

Evaluation & also bidder should arrange for Technical presentation on the features of the proposed software. 

d. The  bidders  have  to  score  a minimum  of  70 marks  in  Technical  evaluation  to  be considered for Financial Evaluation as per the criteria. 

e. Technical Presentation Date, Time & Venue will be  informed as per schedule fixed by the evaluation Committee. 

f. The  Financial  Proposal  of  those  bidders  who  get  more  than  70  marks  out  of  a maximum  of  100  marks,  in  the  Technical  Evaluation  shall  be  considered  for 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 30 of 100

commercial bid evaluation.  g. The technically  Qualifying Financial Proposals will only be opened. h. The overall evaluation shall be 50: 50 i.e. 50% weightage to the Technical evaluation 

(technical  Evaluation  criteria  as  per  section  5  of  this  RFP  )    &  50% weightage  to Financial Evaluation. 

i. The  proposals  will  be  ranked  in  terms  of  the  Overall  Scores  obtained  from  Highest  to Lowest. The bidder with the highest overall score will be considered for award of contract & will issue LoI. 

4.12. The Technical Proposal shall cover the following:  a. Core  business  areas  of  operation,  number  of  years  in  the  business,  ownership  and 

organizational structure of Firm.  

b. BoM required for executing the project. c. Manpower identified for deployment to the project. 

d. Approach & project execution document e. Client and Project brief details of similar projects.  

f. Training plan. g. Project  Plan  for  the  proposed  project  along  with  System  design,  BOM  and  detailed 

specifications  together  with  a  Project  Tracker  showing  anticipated  time  schedule  with milestones.  

h. Floor Plan of the proposed project with equipments layout model. i. Any other relevant information. 

       

 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 31 of 100

5. Technical Evaluation Criteria Project Evaluation Committee (PEC) will evaluate the Technical Proposals of the Pre‐Qualified bidders as per the following Stage I & Stage II criteria: 

Stage –I – TQ Evaluation 

Sl .No Technical Evaluation Parameter 

Description Maximum Marks 

1. 

Proposed Technical Solution 

 

EMS Software application Proposed : Quality  of  software  application  developed  and algorithms with relevant features. 

10

Call centre design and operationalization Procedure:  Innovative  features  specified  for Effective    and  efficient call centre 

10

Understanding the overall management of services: i. Methodology for the proposed service ‐5 Marks  ii. Proposed work Plan based on Innovative services ‐ 5 

Marks iii. Demonstration  of  training  capacity  (own  training 

facility) by the bidder – 3 Marks iv. Demonstrating  effective  delivery  and  follow  up 

action ‐ 2 Marks 

15

2. 

Past experience of Similar projects like 104,108 or 

Telecom services (in terms of no. of 

projects)*.  

No of similar call centre projects (minimum 80 seats for each  project)  handled  by  the  bidder  along  with  the features mentioned in the RFP in the last three years i.e., 2010‐11, 2011‐12 & 2012‐13. • 2 Project           – 10 Marks • 3 Projects        – 15 Marks • >3 Projects       – 20 Marks  

Supporting  documents  including  Purchase  Orders  / work  orders  &  Completion  Certificate  should  be submitted. 

20

Key Professional Staff : Experience  and Competence 

for the assignment 

The evaluation will be done on the following sub criteria • Team Leader                   ‐  10 Marks •  Key Staff (Operators, In charges etc.,) – 10 marks. 

20

Stage –II – Technical Presentation cum  Live Demo 

4.  Technical Presentation 

Methodology of Operational Plan (Live Demo) 10IT Solution (Live Demo) 10Manpower Deployment Plan 5

Total Marks for Stage I & Stage II criteria  100

    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 32 of 100

6. Award of Contract The proposals will be ranked in terms of the Overall Scores obtained from Highest to Lowest. The bidder with the highest overall score will be considered for award of contract. 

7. Contract Period The contract period is up to 5 years initially and shall be extended based on the performance and as per the requirements and as per mutual consent of both the parties 

8. Project Deliverable and Timelines The bidder should ensure that the deliverables are submitted to AP. POLICE as per the timelines in the RFP. 

I. Daily and Monthly Trending Reports The following daily and monthly trending reports must be provided by the Vendor: 

a. Average Speed of Answer b. Service Level Percentage c. Calls Offered d. Calls Handled e. Abandoned Call Rate f. Average Talk Time g. Average Hold Time h. Average Handle Time i. Longest Delay Before Answered j. Outbound Call Volume k. Outbound Call Duration l. Average Delay Before Abandon m. Longest Delay Before Abandon n. After Call Work(Wrap Up) 

 

II. Additional Reports The below mentioned additional reports must be provided by the Vendor 

a.  Agent Hours Report b.  Staffing Distribution Report c.  Any other report as requested by Police Department. 

 

III. User manual, Training manuals

IV. Technical documents viz., SRS, SDD etc

V. The customized source code    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 33 of 100

9.  Payment Model  

The method  and  conditions  of  payment  to  be made  to  the  Firm under  this  contract  shall  be specified as follows. IT if any will be deducted at source as per IT act. The Bidder’s request(s) for payment shall be made to the Police Department in writing accompanied by the details of work  executed,  supported  with  evidence  of  accomplishment  of  the  item  wise  work.  The Payment schedule shall be as follows: 

a. Capital Expenditure:    All  the  hardware &  software  equipments  required  for  the Dial 100 Operations according to the specifications in RFP, need to be procured by the Bidder & the same shall form the part of Commercial Bid.  

b. Operational  Expenses:  The  operational  expenses  would  be  paid  to  the  Bidder  on  a quarterly basis as per the mutually agreed terms in the agreement & operational plan. 

Phase  Milestone  Timeline  Payment CAPEX Payment      1.   CAPEX‐ On delivery & commissioning of the 

hardware,  Application,  manpower  and system  at  site,  submission  of  Invoice, Delivery Challan, Installation reports signed by the authorized person of the vendor and its  verification,  acceptance  by  Police Department or its Designated agency. 

T0+ 30 days 

60% of CAPEX

2.   The  remaining  CAPEX  will  be  paid  in 20QGRs**.  The  First  Quarter  installment would  be  due  3  months  from  the  date  of “Go‐Live”  declared  by  the  Dept.  The Subsequent  Installments  will  be  released after  3  months  from  the  date  of  previous installment 

  40% of CAPEX

OPEX  Payment  –  O&M  phase  ­  Operation  and  Maintenance  Amount  shall  be amortized  over  a  period  of  5  years  and  payment  shall  be  made  in  20  equal  quarterly installments & the O&M phase will commence from declaration of “GoLive” by  the Department 

1.  OPEX‐ In equal 20 QGR     100% of OPEX

T0 = 2weeks from date of signing of contract agreement 

*  All  percentages  to  be  computed  on  the  Capital  Expenditure  and  Operational  Expenditure values of the Project Cost. **  Final  quarter  payment  will  be  release  upon  handing  over  of  all  the  project  deliverables including source code, hardware & successful handover of the project. 

The  Police  Dept/APTS  will  release  the  payment  within  30  days  of  submission  of invoice subject to invoice and all supporting documents being in order.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 34 of 100

Contract value  is  the sum total of capital expenditure and operational expenditure quoted by bidder. 

The selected implementing agency will accept liability without limit (1) for death or personal  injury caused to the order party by  its negligence or  the negligence of  its employees acting in the course of their employment; (2) any other liability which by law either party cannot exclude. This does not in any way confer greater rights than what either party would otherwise have at law. 

The  conditions  of  contract  do  not  contemplate  any  consequential,  indirect,  lost profit,  claim  for  tort  or  similar  damages  of  any  form  to  be  paid  by  the  selected implementing agency to Police dept or APTS. 

The payments will be released on the scaling of the Command & Control centre on Prorata  Basis  in  case  of  increase  or  decrease  of manpower  based  on  the  average receipt of calls. 

 

10. Service Level Agreement (SLA)  This  document  describes  the  minimum  acceptable  level  of  service  to  be  provided  by  the Vendor. The department estimates more than one lakh calls per day in the current year which may even increase further. The Service Level Agreements (SLAs)  enlisted here are  indicative and an exhaustive list will be prepared by Police Dept. on award of the contract. 

10.1. Performance criteria  

10.1.1. Periodic Reviews Periodically, but no less than quarterly, the Vendor and Police Dept. shall review and evaluate the Vendor‘s performance against the performance standards set  forth in this document. The Vendor shall take all steps reasonably necessary to rectify any identified deficiencies related to its performance 

10.1.2. Bidders Performance Matrix  S.No  Performance Metric  Measure Unit  Service level 1  

Average Call  Response Time /  Average Speed of  Answer 

Seconds  

95  %  of  incoming  calls within    4‐5  seconds(2 rings) 

2  Average Call Handling Time  Seconds  Less than  180 seconds 

3  

Abandoned Call Rate  

(%) Percentage  of all incoming calls 

Less than 1 %   

 

• Maintaining  customer  satisfaction  is  a  critical  factor  and  some  of  the  metrics  that  are required to measure customer satisfaction are as follows: 

Average call response time (This is the average time taken by callers waiting in a queue to be attended by an agent). Also known as Average Speed of Answer (ASA) 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 35 of 100

Average  call  handling  time,(This  is  the  average  amount  of  time  during which  agents work with callers,  including actual  talk  time, hold  time and after call work / wrap up time) 

Abandoned call rate (%) (This is the percentage of calls abandoned by a caller when a caller is in agent queue)(Call dropped after 20 Sec) 

Customer survey results (call satisfaction levels). 

10.1.3. System Performance Metrics The Command & Control Centre system availability must be over 99.9%. This will be calculated on monthly basis. 

10.1.4. Quality Assurance The  vendor  shall  ensure  a minimum  score  of  90%  on  quality  of  service  evaluation  (service metrics  and  service  parameters)  and  as  per  scheme  designed  by  Police  Dept.    or  an independent  third party  quality  assurance  team employed by Police Dept.  Till  these  reports are not available  the quality assurance will be evaluated on vendor's quality assurance team report, prepared from time to time as desired by the Police Dept. 

10.1.5. Daily  and Monthly Trending Reports The following daily and monthly trending reports must be provided by the Vendor: 

a. Average Speed of Answer b. Service Level Percentage c. Calls Offered d. Calls Handled e. Abandoned Call Rate f. Average Talk Time g. Average Hold Time h. Average Handle Time i. Longest Delay Before Answered j. Outbound Call Volume k. Outbound Call Duration l. Average Delay Before Abandon m. Longest Delay Before Abandon n. After Call Work(Wrap Up) 

10.1.6. Additional Reports The below mentioned additional reports must be provided by the Vendor 

a. Agent Hours Report b.  Staffing Distribution Report c.  Any other report as requested by Police Department. 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 36 of 100

11. Penalty  a. In case the infrastructure is not installed or not  ready for operations within 45 (forty five) 

days from the date of signing on the contract agreement, a penalty shall be imposed at the rate  of  Rs.  10,000/‐  per  day  for  the  first  15  days  and    Rs.  20,000/‐  for  the  2nd  15  days. Beyond 30 days of delay, the contract will be terminated & PBG will be liquidated by the AP Police. 

b. In  the event of equipment/system  failure,  the successful bidder will be required  to make alternate  arrangements  and  ensure  that  the  Command  &  Control  Centre  runs uninterruptedly  and  smoothly. During  the period of  failure,  the Firm  shall make  suitable arrangements as agreed with the Department. 

c. If the Call Centre goes down because of reasons other than those envisaged under the force majeure clause, one day’s charges shall be deducted for every hour of downtime from the bidder’s claim.  If  the Command & Control Centre remains unserviceable  for a continuous period of 12 hours,  then no payment  shall be made  for  services  during  the 7 day period ending on that day. 

d. In case the successful bidder fails to provide required quality of service for the Command & Control Centre like delay in picking up calls (95% calls within 2 rings), a higher penalty of Rs  500  x  no  of  calls  required  for  threshold  level would  be  charged  per  day  (Details will follow in detail SLA & SOP ) 

e. Bidder  shall  maintain  full  confidentiality  of  the  data  supplied  while  answering  citizen’s complaints. Under no circumstances will  the Firm divulge/reveal/share such data  for  the purpose  other  than  for  meeting  the  Department’s  requirement.  Any  violation  of  this confidentiality clause may result  in  instant termination of the contract and the Firm shall pay  liquidated damage of Rs. 10, 00,000/‐  (Rupees Ten Lacs)  to  the Department and  the Department  shall  reserve  the  right  to  Blacklist  the  Firm  for  any  future  contracts.  The decision of the Police Department shall be final in this regard and binding on the successful bidder. 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 37 of 100

12. Statement of important limits/values related to bid Sl No 

Item  Description 

1  EMD   

Rs.10,00,000/‐ (Rupees Ten Lakhs only) in favour of The Managing Director, APTS,Hyderabad Note:  Scanned  copy  of  EMD  document  should  be  uploaded  on  e‐Procurement website.  The EMD  should  be  in  the  form of DD/Bank Guarantee from any Nationalized Bank / Scheduled Banks.  The  Original  EMD  should  be  submitted  to  APTS  before  opening  of Pre‐Qualification  Bids  in  a  sealed  cover  superscripted  “Tender Reference No. & Name”. 

2  Document Fee  Rs.25,000/‐  Note: Scanned copy of DD drawn in favour of “MD APTS. Hyderabad” should be uploaded on  e‐Procurement  website.  The  Original  DD  should  be  submitted  to APTS office before opening of Pre‐Qualification Bids in a sealed cover superscripted “Tender Reference No. & Name”. 

3  Bid Validity Period 

180 days from the date of opening of financial bid   

4  EMD Validity Period  

180 days from the date of submission of bid 

5  Period for furnishing performance security 

Within 15 days from date of receipt of Notification of Award 

6  Performance security value for Schedule  

Bank  Guarantee  of  10%  of  One  year  Contract  Value  in  favor  of “Director  General  of  Police  AP.  Hyderabad”  from  any  Nationalized Bank  /  Scheduled  Banks.  The  EMD  of  successful  bidder  will  be returned back on submission of PBG. 

7  Performance security validity period 

90 days beyond Project Completion period 

8  Period for signing contract 

Within 10 days from date of receipt of Notification of Award 

9  Penalties  As per RFP  10  Payment Terms  As per RFP 11  Conditional 

bids Not acceptable and liable for rejection 

12  Eligibility Criteria  

As per RFP  

13  Bid submission   On Line. – e‐Procurement plat form Bidders are requested to submit the bids after issue of minutes of the pre bid meeting duly considering the changes made if any, during the pre  bid  meeting.  Bidders  are  totally  responsible  for incorporating/complying  the  changes/amendments  issued  if  any 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 38 of 100

during pre bid meeting in their bid.  14  Procedure for 

Bid Submission  Bids  shall  be  submitted  online  on  www.eprocurement.gov.in platform  1. The  participating  bidders  in  the  tender  should  register 

themselves free of cost on e‐procurement platform in the website www.eprocurement.gov.in.  

2. Bidders  will  log‐in  to  e‐procurement  platform  in  secure  mode only by signing with the Digital certificates.  

3. The bidders who are desirous of participating in  e‐procurement shall submit their technical bids, price bids as per the standard formats available at the e‐market place.  

4. The bidders should scan and upload the respective documents in Pre Qualification and Technical bid documentation as detailed at Section 4 & 5 of the RFP including EMD. The bidders shall sign on all  the  statements,  documents  certificates  uploaded  by  them, owning responsibility for their correctness/authenticity.  

5. The rates should be quoted in online only . 16  

Other conditions  

1. After  uploading  the  documents,  the  copies  of  the  uploaded statements,  certificates,  documents,  original  Demand  Drafts  in respect  of  Bid  Security  (except  the  Price  bid/offer/break‐up  of taxes) are to be submitted by the bidder to the O/o The MD, APTS Hyderabad as and when required. • Failure to furnish any of the uploaded documents, certificates, 

will  entitled  in  rejection of  the bid. The APTS  shall  not  hold any  risk  on  account  of  postal  delay.  Similarly,  if  any  of  the certificates,  documents,  etc.,  furnished  by  the  Bidder  are found  to  be  false  /  fabricated  /  bogus,  the  bidder  will  be disqualified, Blacklisted, action will be initiated as deemed fit and the Bid Security will be forfeited. 

2. APTS  will  not  hold  any  risk  and  responsibility  regulating  non‐visibility of the scanned and uploaded documents.  

3. The Documents  that are uploaded online on e‐market place will only be considered for Bid Evaluation.  

4. Important Notice to Contractors, Suppliers and Department users • In  the  endeavor  to bring  total  automation of  processes  in  e‐Procurement,  the Govt. has  issued orders vide G.O.Ms.No. 13 dated. 5.7.2006 permitting  integration of electronic Payment Gateway of ICICI/HDFC/Axis/IDBI Banks with e‐Procurement platform, which provides a facility to participating suppliers / contractors  to  electronically  pay  the  transaction  fee  online using their credit cards. 

5. In case of consortium either the prime bidder or the consortium partner  can  purchase  the  bid  document.  The  bid  can  be  filed either with user ID of prime bidder or consortium partner. 

  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 39 of 100

13. General Instructions to bidders 

13.1.  Definitions a. Tender  call  or  invitation  for  bids  means  the  detailed  notification  seeking  a  set  of 

solution(s), service(s), materials or any combination of them. b. Specification means the functional and technical specifications or statement of work, as 

the case may be. c. Firm  means  a  Company,  Authority,  Society,  Trust,  Co‐operative  or  any  other 

Organization incorporated under appropriate statute as is applicable in the country of incorporation. 

d. Bidder means any firm offering the solution(s), service(s) and/or materials required in the  tender  call.  The word Bidder/bidder when used  in  the pre award period  shall  be synonymous with  bidder  and when  used  after  award  of  the  contract  shall mean  the successful bidder with whom AP. Police signs the contract  for rendering of goods and services. 

e. Pre‐  qualification  and  Technical  bid  means  that  part  of  the  offer  that  provides information  to  facilitate  assessment  by  APTS,  professional,  technical  and  financial standing of the bidder, conformity to specifications etc. 

f. Financial  Bid means  that  part  of  the  offer,  that  provides  price  schedule,  total  project costs etc. 

g. Three part Bid means the Pre‐qualification bid, Technical and Financial bids submitted in e‐procurement 

h. Two part Bid means the Technical bid and financial bids submitted in  e‐procurement and their evaluation is sequential. 

i. Composite bid means a bid in which the technical and financial parts are combined into one but their evaluation is sequential. 

j. Goods and services mean the solution(s), service(s), materials or a combination of them in the context of the tender call and specifications. 

k. The word goods when used singly shall mean the hardware, firmware component of the goods and services. 

l. Maintenance  period  means  period  mentioned  in  bid  document  for  maintaining  the systems for Centralized Dial 100 Command and Control Centre Operations. 

13.2. General Eligibility a. This  invitation  for  bids  is  open  to  all  Bidder  both  from within  and outside  India, 

who are eligible to do business in India under relevant Indian laws as is in force at the time of bidding subject to meeting the pre qualification criterion. 

b. Bidders  marked/considered  by  APTS  to  be  ineligible  to  participate  for  non‐satisfactory past performance, corrupt, fraudulent or any other unethical business practices shall not be eligible. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 40 of 100

c. Bidder/Consortium Member debarred/ blacklisted by any Central or State Govt. / Quasi  –Govt.  Departments  or  organizations  as  on  bid  calling  date  for  non‐satisfactory past performance, corrupt, fraudulent or any other unethical business practices shall not be eligible. 

d. Breach  of  general  or  specific  instructions  for  bidding,  general  and  special conditions of contract with APTS or any of its user organizations may make a firm ineligible to participate in bidding process. 

13.3. Bid forms a. Wherever a specific form is prescribed in the bid document, the bidder shall use the 

form  to provide  relevant  information.  If  the  form does not provide  space  for  any required  information,  space  at  the  end  of  the  form  or  additional  sheets  shall  be used to convey the said information. 

b. For all other cases the bidder shall design a form to hold the required information. 

13.4. Cost of bidding a. The bidder shall bear all costs associated with  the preparation and submission of 

its bid,  and APTS will  in no  case be  responsible  for  those  costs,  regardless of  the conduct or outcome of the bidding process. 

b. Bidder  is expected  to examine all  instructions,  forms,  terms, and specifications  in the bidding documents. Failure  to  furnish all  information required by  the bidding documents  or  to  submit  a  bid  not  substantially  responsive  to  the  bidding documents  in  every  respect  will  be  at  the  bidder’s  risk  and  may  result  in  the rejection of its bid. 

c. The participating bidder should purchase the document and enclose a receipt of the same with the bid document. 

13.5. Clarification of bidding documents a. A  prospective  Firm  /  bidder  requiring  any  clarification  of  the  bidding  documents 

may  notify  APTS  contact  person.  Written  copies/  e‐mail  of  the  APTS  response (including an explanation of the query but without identifying the source of inquiry) will be sent to all prospective bidders that have received the bidding documents. 

b. The  concerned  person  will  respond  to  any  request  for  clarification  of  bidding documents which  it  receives  no  later  than  bid  clarification  date mentioned  in  the notice prior  to deadline  for submission of bids prescribed  in  the  tender notice. No clarification from any bidder shall be entertained after the closure of date and time for  seeking  clarification mentioned  in  tender  call  notice.  It  is  further  clarified  that APTS  shall  not  entertain  any  correspondence  regarding  delay  or  non‐receipt  of clarification from APTS.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 41 of 100

13.6. Amendment of bidding documents a. At  any  time  prior  to  the  deadline  for  submission  of  bids,  APTS,  for  any  reason, 

whether  at  its  own  initiative  or  in  response  to  a  clarification  requested  by  a prospective bidder, may modify the bidding documents by amendment. 

b. All prospective bidders those have received the bidding documents will be notified of the amendment and such modification will be binding on all bidders. 

c. In  order  to  allow  prospective  bidders  reasonable  time  in  which  to  take  the amendment  into  account  in  preparing  their  bids,  the APTS,  at  its  discretion, may extend the deadline for the submission of bids.  

13.7. Period of validity of bids a. Bids shall remain valid for the180 days or duration specified in the bid document, 

after  the  date  of  the  financial  bid  opening  prescribed  by  APTS.  A  bid  valid  for  a shorter period shall be rejected as non‐responsive.  

b. In  exceptional  circumstances,  the  APTS  may  solicit  the  bidders’  consent  to  an extension  of  the  period  of  bid  &  EMD  validity.  The  request  and  the  responses thereto shall be made in writing. The bid security shall also be suitably extended. A bidder granting the request will not be   permitted to modify its bid. 

13.8. Submission of bids The bidders shall submit all the bids i.e., Pre‐Qualification, Technical and Financial Bids on e‐Procurement website only. 

13.9. Deadline for submission of bids a. Bids  must  be  submitted  on  e‐procurement  website  not  later  than  the  bid 

submission date and time specified in the tender call notice. b. The APTS may, at its discretion, extend this deadline for the submission of bids by 

amending the tender call,  in which case all rights and obligations of the APTS and bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended. 

13.10. Late bids Any bid not  received by  the APTS contact person by  the deadline  for  submission of bids will be rejected and returned unopened to the bidder. 

13.11. Modification and withdrawal of bids a. No bid can be modified subsequent to the deadline for submission of bids. b. No bid can be withdrawn in the interval between the deadline for submission of 

bids and the expiration of  the period of bid validity. Withdrawal of a bid during this interval will result in the forfeiture of its bid security (EMD). 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 42 of 100

13.12. General Business information The bidder  shall  furnish general  business  information  to  facilitate assessment of  its professional, technical and commercial capacity and reputation.  

13.13. Bid security i.e. earnest money deposit (EMD) a. The bidder shall furnish, as part of its bid, a bid security for the amount specified 

in the tender call notice. b. The bid security is required by APTS to: 

• Assure bidder’s continued interest till award of contract and • Conduct in accordance with bid conditions during the bid evaluation process. 

c. The bid  security  shall  be  in  Indian Rupees  and  shall  be  a  bank  guarantee,  or  an irrevocable  letter  of  credit  or  cashier’s  certified  check,  issued  by  a  Reputed scheduled Bank in India and having at least one branch office in Hyderabad 

d. Unsuccessful bidder’s bid security will be discharged or returned as promptly as possible but not later than thirty (30) days. 

e. The bid security may be forfeited: • if a bidder withdraws its bid during the period of bid validity  or • in the case of a successful bidder, if the bidder fails: 

to sign the contract in time; or   to furnish performance security. 

13.14. Preparation of Pre‐qualification bid It shall contain of the following parts: a. General Information of the Bidder – Form PQ#1 b. Financial Turnover – Form PQ#2 c. Past experience in Similar Project– Form PQ#3 d. Manpower available with relevant Exp.– Form PQ#4 e. Self Declaration Certificate – Form PQ#5 f. Bid Security (EMD). 

 The  bidders who  qualified  in  Pre­qualification  stage­I will  only  be  short  listed  and  eligible  for 

participating Technical opening. 

13.15. Preparation of Technical Bid It shall consist of the following parts. 

a. Executive Summary b. Description  of  approach,  methodology  and  work  plan  for  performing  this 

assignment –  Form TQ#1 c. Proposed Work Schedule ‐ Form TQ#2 

13.16. Preparation of financial bid The documents to be submitted for Commercial Proposal are: 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 43 of 100

1.  Commercial Proposal submission ‐ Form C#1 2.  Financial Proposal Cost Break‐up ‐ Form C#2 

 

a. Overview of financial bid The financial bid should provide cost calculations corresponding to each component of the project. i. Bid prices 

a. The bidder  shall  indicate  the unit  prices  (where  applicable)  and  the  total bid price of the goods/services it proposes to supply under the contract. 

b. The bidder shall indicate Basic Prices and taxes, duties etc.  (If required)  in the form prescribed.    

c. Bidder’s  separation of price  components will be  solely  for  the  purpose of facilitating  the comparison of bids by AP POLICE and will not  in any way limit the purchaser’s right to contract on any of the terms offered. 

d. Prices quoted by the bidder shall be fixed during the bidder’s performance of the contract and not subject to variation on any account unless otherwise specified  in  the  tender  call.  A  bid  submitted  with  an  adjustable  price quotation will be treated as non‐responsive and will be rejected.  

13.17. Bid currency Prices shall be quoted in Indian Rupees. 

13.18. Term and Extension of Contract a. The  term  of  this  Contract  shall  be  for  a  period  as  indicated  in  the  contract  and 

contract  shall  come  to  an  end  on  expiry  of  such  period  except when  its  term  is extended by Police Dept. 

b. Police  dept  shall  reserve  the  sole  right  to  grant  any  extension  to  the  term mentioned above on mutual agreement including fresh negotiations on terms and conditions.  

c. When the 5 year term of contract with the service provider expires , the  Service Provider is required to conduct a parallel run for one month with any new agency identified . 

13.19. Suspension of Work The Service Provider shall, if ordered in writing by APTS representative, temporarily suspend the works or any part thereof for such a period and such a time as ordered. The  Service  Provider  shall  not  be  entitled  to  claim  compensation  for  any  loss  or damage  sustained  by  him  by  reason  of  temporary  suspension  of  the  Works  as aforesaid. An extension of  time  for completion corresponding with  the delay caused by  any  such  suspension  of  the  works  as  aforesaid  shall  be  granted  to  the implementation agency, if request for same is made and that the suspension was not 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 44 of 100

consequent to any default or failure on the part of the implementation agency. In case the suspension of works is not consequent to any default or failure on the part of the implementation  agency  and  lasts  for  a  period  of  more  than  3  months,  the  Service Provider  shall  have  the  option  to  request  the  APTS  to  terminate  the  Contract with mutual consent 

13.20. Force majeure a. The  Bidder/bidder  shall  not  be  liable  for  forfeiture  of  its  performance  security, 

liquidated damages, or termination for default if and to the extent that its delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract  is  the result of an event of Force Majeure.  

b. For purposes of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of the  Bidder/bidder  and  not  involving  the  Supplier’s  fault  or  negligence  and  not foreseeable.  Such  events may  include,  but  are not  restricted  to,  acts  of  the  State Government in its sovereign capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.  

c. If  a  Force Majeure  situation  arises,  the  Bidder/bidder  shall  promptly  notify  the APTS in writing of such condition and the cause thereof. Unless otherwise directed by the APTS / Police Dept. in writing, the Bidder/bidder shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all  reasonable  alternative  means  for  performance  not  prevented  by  the  Force Majeure event. 

13.21. Terminate the Contract a. Retain such amounts  from the payment due and payable by Police Dept  to  the 

Service Provider as may be required to offset any losses caused to Police Dept as a result of such event of default and the Service Provider shall compensate Police Dept  for any such  loss, damages or other costs,  incurred by Police Dept  in  this regard.  Nothing  herein  shall  effect  the  continued  obligation  of  the  Service Provider  /  other  members  of  its  Team  to  perform  all  their  obligations  and responsibilities  under  this  Contract  in  an  identical  manner  as  were  being performed before the occurrence of the default.   

b. Invoke  the  Performance  Bank  Guarantee  and  other  Guarantees  furnished hereunder, enforce the Deed of Indemnity, recover such other costs/losses and other amounts  from the Service Provider may have resulted  from  such default and pursue  such  other  rights  and/or  remedies  that may be  available  to  Police Dept under law. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 45 of 100

13.22. Termination a. Police Dept may terminate this contract in whole or in part by giving the Service 

Provider prior and written notice indicating its intention to terminate the Contract under the following circumstances: 

• Where  it  comes  to  Police  Dept  attention  that  the  Service  Provider  (or  the implementation agency’s Team) is  in a position of actual conflict of  interest with  the  interests  of  Police  Dept  in  relation  to  any  of  terms  of  the implementation agency’s bid, the tender or this Contract  

• Where  the  Service Provider  ability  to  survive  as  an  independent  corporate entity is threatened or is lost owing to any reason whatsoever including inter alia  the  filing  of  any  bankruptcy  proceedings  against  the  implementation agency,  any  failure  by  the  Service  Provider  to  pay  any  of  its  dues  to  its creditors,  the  institution of any winding up proceedings against  the Service Provider  or  the  happening  of  any  such  events  that  are  adverse  to  the commercial  viability  of  the  implementation  agency.    In  the  event  of  the happening of  any  events  of  the  above nature,  Police Dept  shall  reserve  the right to take any steps as are necessary to ensure the effective transition of the  project  to  a  successor  implementation  agency/service  provider,  and  to ensure business continuity 

• Termination for Default: Police Dept may at any time terminate the Contract by  giving  30  days  written  notice  to  the  implementation  agency  without compensation  to  the  implementation  agency  in  the  event  of  default  on  the part  of  the  Service  Provider  which  may  include  failure  on  the  part  of  the Service Provider to respect any of its commitments with regard to any part of its obligations under its bid, the tender or under this contract. 

13.23. Termination for insolvency The  Police  dept/APTS  may  at  any  time  terminate  the  contract  by  giving  30  days written  notice  to  the  Bidder/bidder  if  the  Bidder/bidder  becomes  bankrupt  or otherwise  insolvent.  In  this  event,  termination will  be without  compensation  to  the Bidder/bidder, provided that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued or will accrue thereafter to the Police dept/APTS. 

13.24. Termination for convenience a. The  Police  dept/APTS, may  at  any  time  by  giving  30  days written  notice  to  the 

Bidder/bidder, terminate the Contract, in whole or in part, for its convenience. The notice  of  termination  shall  specify  that  termination  is  for  the  Police  dept/APTS /Purchaser’s convenience, the extent to which performance of the Bidder/bidder under  the  Contract  is  terminated,  and  the  date  upon  which  such  termination becomes effective. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 46 of 100

b. The entire hardware & software infrastructure procured & used for the Dial 100 operations will be taken over by the AP Police from the date of service termination &  any  delay  in  handing  over  these  equipments will  not  be  acceptable & will  be viewed severely for appropriate action. 

c. The client  may in the following events after giving a prior notice and conducting investigations  if  required,  terminate  the  contract  forfeiting  the  bid  security  and any sums due for payment to the Vendor:‐  • If the value of the penalty for different services together exceeds 10% of the 

contract amount for 1 year.  • If  the Bidder becomes Bankrupt or  financially  insolvent during  currency of 

the contract.  • If it is found that the bidder has been convicted for any unlawful activities.  • If it is found that bidder has made gross misconduct or involved in practices 

injurious  to  the  image and  interest of  the client or has  failed  in performing his duties as per contract.  

13.25. Right of Monitoring, Inspection and Periodic Audit a. Police  dept/  APTS  reserves  the  right  to  inspect  and  monitor/assess  the 

progress/performance/maintenance  of  the Dial  100  project    at  any  time  during the course of the contract. 

b. The  Police  dept/  APTS  shall  have  the  right  to  conduct,  either  itself  or  through another Third Party as it may deem fit, an audit to monitor the performance by the Third  Party  of  its  obligations/functions  in  accordance  with  the  standards committed to or required by Police dept   and the service provider undertakes to cooperate with and provide to the APTS any other agency appointed by APTS, all documents  and  other  details  as may  be  required  by  them  for  this  purpose.  Any deviations or contravention identified as a result of such audit/assessment would need  to be rectified by  the service provider  failing which  the  client may without prejudice to any other rights that it may have issue a notice of default. 

13.26. Risk Management Service  Provider  shall  at  his  own  expense  adopt  suitable  Risk  Management methodology  to  mitigate  all  risks  assumed  under  this  CONTRACT.  The  Service Provider  shall  underwrite  all  the  risk  related  to  its  personnel  deputed  under  this CONTRACT as well as equipment and components and any other belongings or their personnel  during  the  entire  period  of  their  engagement  in  connection  with  this CONTRACT and take all essential steps to reduce and mitigate the risk. Police dept / APTS will have no liability on this account. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 47 of 100

13.27. Publicity The Service Provider shall not make or permit to be made a public announcement or media release about any aspect of this Contract unless the Police dept first gives the Service Provider its written consent. 

13.28. Resolution of disputes a. The AP POLICE and the Bidder/bidder shall make every effort to resolve amicably 

by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.  

b. If,  after  thirty  (30) days  from  the  commencement of  such  informal negotiations, the  AP  POLICE  and  the  Bidder/bidder  have  been  unable  to  resolve  amicably  a contract  dispute,  either  party  may  require  that  the  dispute  be  referred  for resolution  to  the  formal  mechanisms  specified  here  in.  These mechanisms may include, but are not restricted to, conciliation mediated by a third party.  

c. The dispute resolution mechanism shall be  as follows: d. In  case  of  a  dispute  or  difference  arising  between  the AP.  POLICE  and  the  Firm 

/bidder  relating  to  any matter  arising  out  of  or  connected with  this  agreement, such disputes or difference shall be settled in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, of India, 1996. 

13.29. Governing language The  contract  shall  be  written  in  English.  All  correspondence  and  other  documents pertaining to the contract which are exchanged by the parties shall be written in same languages. 

13.30. Applicable law  The contract shall be interpreted in accordance with appropriate Indian  Laws. 

13.31. Notices a. Any notice given by one party to the other pursuant to this contract shall be sent 

to the other party in writing or by Telex, e‐mail, Cable or Facsimile and confirmed in writing to the other party’s address. 

b.  A notice shall be effective when delivered or tendered to other party whichever is earlier. 

13.32. Taxes and duties The Bidder/bidder  shall  be  entirely  responsible  for  all  taxes,  duties,  license  fee  etc. incurred until delivery of  the contracted services to  the Police Dept, GoAP or as per the terms of tender document if specifically mentioned. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 48 of 100

13.33. Delivery, Installation and Commissioning Proposed  Solution  along with  licenses  shall  be  commissioned within  a period of  45 days   from the date of signing of contract.        

13.34.  Standards  The Systems to be supplied under shall conform to the Dial 100 standards  mentioned in the Technical Specifications. Before shipping, the identified Firm will inform Police Dept., giving full details about these standards and take approval.  

13.35.  Guarantee / Warranty  a. Bidder  shall  purchase  comprehensive  on‐site  Guarantee/  Warranty  for  all 

equipments as well as the integrated system bought under the Contract for Three years.  

b. The warranty  for  a period of minimum 3years  shall  take effect  from  the date of successful  completion  of  the  work  and  handing  over  of  the  system  to  the  user Dept. to its satisfaction.   

c. An  extended  warranty  of  2  years  for  high  value  IT  equipments  need  to  be procured by the Bidder, preferably from the OEM where ever applicable.  (Servers, & PBX) 

d. O&M period is for 5 years. e. If  the  performance  of  any  individual  equipment  or  System  fails  to  meet  the 

contract  specifications  then  the  same  shall  be  replaced by  the  bidder  for  free of cost during the term of the warranty/ guarantee period.  

f. Bidder shall provide necessary Software updating / upgrading free of cost during the warranty/ guarantee period of three years. 

g. The  Selected  Service  Provider  shall  perform  the  services  and  carry  out  its obligations under the Conditions with due diligence and efficiency, in accordance with  generally  accepted  techniques  and  practices  used  in  the  industry  and with professional  engineering  and  training  /  consulting  standard  recognized  by national / international professional bodies and shall observe sound management practice. It shall employee appropriate advanced technology and safe and effective methods.  The  SELECTED  Service  Proivder  shall  always  act,  in  respect  of  any matter relating to these contract, as faithful advisors to State and shall at all times , support and safeguard Police departments legitimate interests.  

13.36. Arbitration (As per the State Government rules)  a. The  selected  implementing  agency  shall  indemnify  state  against  all  third  party 

claims arising out of  a court order or arbitration award for infringement of patent, trademark / copy right arising  from the use of  the supplied services or any part thereof. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 49 of 100

b. In  the  event  of  any dispute or differences  arising under  these  conditions or  any special conditions of the contract in connection with this contract, the same shall be referred to Secretary, Information Technology & Communications, Government of Andhra Pradesh for final decision and the same shall be binding on all parties.  

c. Any other terms and conditions, mutually agreed prior to finalization of the order / agreement shall be binding on the selected implementing firm.  

d. The  Selected  Service  Provider,  Police  dept  and  APTS  shall make  every  effort  to resolve  amicably  by  direct  negotiation  any  disagreement  or  dispute  arising between them under or in connection with the purchase order. If any dispute shall arise  between  parties  on  aspects  not  covered  by  this  agreement,  or  the construction  or  operation  thereof,  or  the  rights,  duties  or  liabilities  under  these except  as  to  any matters  the  decision  of  which  is  specially  provided  for  by  the general or the special conditions, such dispute shall be referred to two arbitrators, one to be appointed by each party and the said arbitrators shall appoint an umpire in writing  before  entering  on  the  reference  and  the  award  of  the  arbitration  or umpire,  as  the  case may  be,  shall  be  final  and  binding  on  both  the  parties.  The arbitrators  or  the  umpire  as  the  case may  be,  with  the  consent  of  parties,  may modify the timeframe for making and publishing the award. Such arbitration shall be  governed  in  all  respects  by  the  provision  of  the  Indian  Arbitration  and Conciliation  Act,  1996  or  later  and  the  rules  there  under  and  any  statutory modification or reenactment, thereof. The arbitration proceedings shall be held in Hyderabad, Andhra Pradesh, India.  

    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 50 of 100

**Consortium Criteria  

In case of consortium the prime bidder must be specified by the bidder. • The  prime  bidder  cannot  be  a  partner  in  more  than  one  consortium.  In  case  of 

consortium  no  company will  be  allowed  to  participate  in more  than  one  bid  i.e.  they should  have  exclusive  partners  in  case  it  is  observed  that  any  consortium  have  a common  partner  then  such  consortiums  will  stand  disqualified  and  under  no circumstances  their  bids will  be  entertained.  An  undertaking  in  this  regard  has  to  be enclosed 

• In  case  of  a  consortium,  applicant  consortia  shall  have  a  valid  Memorandum  of Understanding  (MoU)/ agreement  (duly  registered)  among all  the members  signed by the  Chief  Executives/  Authorized  Signatories  of  the  companies  dated  prior  to  the submission  of  the  bid.  The  MoU/  consortium  agreement  shall  clearly  state  the composition of the consortium who shall be the prime bidder, the complete description of the partner and roles and responsibilities of the partners. The MoU/agreement shall be exclusively for this project and shall be responsible in case of failure by any partner. 

• In case of a consortium, the maximum of bidders should not be more than 3 bidders. • If  the  bidder  (All  members  of  consortium)  is  a  bidder,  it  should  be  registered  under 

company’s  act  1956.  The  Society/Partnership  Firms/  Trust  can  participate  in Consortium. 

• The  bidder  (Each  member  of  the  Consortium)  shall  have  company  registration certificate,  registration  under  labour  laws  &  contract  act,  valid  sales  tax  registration certificate,  valid  Service  tax  registration  certificate  and  Permanent  Account  Number (PAN) issued by income Tax department. (Copy of each registration should be provided). 

• Attested  copy  of  the  company’s  annual  report  has  to  be  attached  along with  the  bid. Bidder should submit an undertaking that Bidder (or any member of the consortium) is as a  company/consortium and product quoted are not Black Listed by any Govt. dept. /agency in India. 

• Members of  the Consortium shall be  jointly and severally  liable  to  the Government  for the  execution  of  the  project  in  accordance with  the  terms  of  the  bid  document  and  a statement  of  this  effect  shall  be  included  in  the  Memorandum  of  Understanding/ consortium Agreement. 

    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 51 of 100

Format of Application Form  (On applicant Company/leading company’s Letterhead) 

 

To, The Managing Director, Andhra Pradesh Technology Services(APTS), 4th Floor, BRKR Bhavan Hyderabad‐Pin‐500063  

  Sub:    Request for Proposal (RFP) for Setting up a Centralized Dial 100                  Command & Control Centre for AP Police at Hyderabad.  

***  

Dear Sir,     This  has  reference  to  the  advertisement  that was published  in  the  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  (English) Daily News paper dated  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ and‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  (Telugu)News paper dtd‐‐‐‐‐‐‐‐ & e‐Procurement platform     for Providing Request For Proposal (RFP) for Setting up a Centralized Dial 100 Command & Control  Centre at State Hqrs.   Hyderabad. We are submitting  our RFP  for  the  same. We would  like  to  clearly  state  that we  qualify  for  this work as our firm/JV/ society / trust /Consortium /MOU (Strike out what is not applicable) meets all the pre‐qualifying criteria indicated by you. 

Pre­qualification Criterion Confirmation   1. Turnover of  the  firm/JV/Consortium/  society  /  trust  /MOU during  the  last  three 

years:  In  case    of    JV/Consortium/  society  /  trust  /MOU    of      companies,    the  turnover    of    the    leading  company  during  the  last  three  years  may  also    be  indicated.    In case of single bidder,  they can bid directly, however others need to form a SPV compulsorily (Attach necessary documentary proofs / audited balance sheet.) 

Yes/No 

2. Attested  copy  of  the  Certificate  of  Incorporation  with  the  copy  of  Articles  and Memorandum of Association. 

Yes/No

3. Address and contact numbers of technical support office in Hyderabad.  Yes/No4. Project Plan for the proposed project.  Yes/No5. Number  of  key  persons  who  have  sufficient  experience  to  develop  such  system 

(Attach  separate  statement  indicating  names,  experience  and  skills  sets      and details of projects handled). 

Yes/No

6. Details of Project Management Team from   the Lead Member.  Yes/No7. Whether you have prior experience in implementation of similar solutions?  If yes, 

Execution of 02 projects of a nature and complexity comparable to the   proposed contracts  within  last  03  years  is  required.  Details  of  each  customer  in  order  to show past performance are required. 

Yes/No

We understand that if the details given in support of claims made above are found to be untenable  or  unverifiable  or  both,  our  bid may be  rejected without  any  reference  to  us. We further clearly understand that APTS is not obliged to inform us of the reasons of rejection of our bid.   

Yours sincerely  

   (Signature, Name, designation, contact address and Telephone number of the authorized signatory and seal) 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 52 of 100

Bid Letter Form 

From: (Registered name and address of the bidder.)  To: 

The Managing Director, Andhra Pradesh Technology Services(APTS), 4th Floor, BRKR Bhavan Hyderabad‐Pin‐500063 

 

Sir,   

Having examined the bidding documents and amendments there on, we the undersigned, offer to  provide  services/execute  the  works  in  conformity  with  the  terms  and  conditions  of  the bidding  document  and  amendments  there  on,  for  the  following  project  in  response  to  your tender call dated.......................  Project title:  

 We  undertake  to  provide  services/execute  the  above  project  or  its  part  assigned  to  us  in conformity with  the  said bidding documents  for an estimated  sum of Rs....................  (Total bid amount  in  words  and  figures)  which  may  vary  in  accordance  with  the  schedule  of  prices attached herewith and coverage options made by APTS or its user organization. 

 If our bid is accepted, we undertake to; 

1. Provide services/ execute the work according to the time schedule specified in the  bid document,  

2. Obtain the performance guarantee of a bank in accordance with bid requirements  for the due performance of the contract, and  

3. Agree  to abide by  the bid conditions,  including pre‐bid meeting minutes  if any, which remain binding upon us during the entire bid validity period and bid may be accepted any time before the expiration of that period.  

We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive, nor to give any reason for the rejection of any bid and that you will not defray any expenses incurred by us in bidding.  Place:                  Bidder’s signature Date:                          and seal.  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 53 of 100

Form of Contract Agreement 

This contract agreement is made on the  [insert:    number]  day  of    [insert:   month],  [insert:  year].  

Between  

(1)  [insert:  Name of Client], (hereinafter called “the Client”), and   

(2)  [insert:  name of the bidder   ], (hereinafter called “the bidder”).  

Whereas the Client desires for “Centralized Dial 100 Call Centre under” for Police Department, AP,  Hyderabad  and  submit  all  deliverables  and  have  agreed  to  such  engagement  upon  and subject to the terms and conditions appearing below in this Contract Agreement.  NOW IT IS HEREBY AGREED as follows: 

1. Article 1 ­ Contract Documents  1.1  Contract Documents  

 The  following  documents  shall  constitute  the  Contract  between  AP  Police  and the  Firm,  and  each  shall  be  read  and  construed  as  an  integral  part  of  the Contract: This  Contract  Agreement  and  the  Appendices  attached  to  the  Contract Agreement. 

(a) Notification of Award (b) The Bid and Price Schedules submitted by the bidder   (c) Special Conditions of Contract (d) General Conditions of Contract (e) Pre‐bid conference minutes. (f) Bid document with modification if any (g) Agreed SOP for Dial 100 Operations (h) Any other documents 

 

1.2  Order of Precedence  In the event of any ambiguity or conflict between the Contract Documents listed above, the order of precedence shall be the order in which the Contract Documents are listed in Article 1.1 (Contract Documents) above.  

 

1.3  Definitions (Reference GCC Clause 1) Capitalized words and phrases used  in  this Contract Agreement  shall  have  the same meanings as are ascribed to them in the General Conditions of Contract. 

2. Article 2 ­ Contract Price and Terms of Payment  

2.1  Contract Price  The Client   hereby agrees to pay to the bidder as amount of  Rs. Xxxx /­ for the items mentioned in the Commercial Form. The Contract Price in  consideration of  the performance by  the bidder of  its  obligations under  the Contract. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 54 of 100

  3. Article 3 ­ Effective Date for Determining Time for Operational Acceptance 3.1  Effective Date 

The  time  allowed  for  execution,  delivering  deliverables  and  Acceptance  of  the same should be determined  from the date when all of  the  following conditions have been fulfilled: (a)  This Contract Agreement has been duly executed for and on behalf of the 

Client and the bidder; (b)  The  bidder  has  submitted  to  the  Client  the  Implementation  cum 

performance security. 

4. Article 4 – Jurisdiction  

4.1.  Any  legal  proceedings  arising  out  of  the  agreement  shall  be  subject  to  the appropriate court in Hyderabad. 

5. Article 5 – Appendixes  

5.1.  The  Appendixes  listed  in  the  attached  List  of  Appendixes  shall  be  deemed  to form an integral part of this Contract Agreement. 

5.2.    Reference in the Contract to any Appendix shall mean the Appendixes attached to this  Contract  Agreement,  and  the  Contract  shall  be  read  and  construed accordingly. 

 

IN WITNESS WHERE OF AP Police and the Selected Firm hascaused this Agreement to be duly executed by their duly authorized representatives the day and year first above written.  

For and on behalf of the Client (Purchaser)  Signed:    _________________    in the capacity of [ insert:  title or other appropriate designation ]  in the presence of   ___________________  For and on behalf of the Bidder  Signed:    ___________________    in the capacity of [ insert:  title or other appropriate designation ]  

in the presence of    

 

Place:                     Signature with seal  Date :                           

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 55 of 100

Bid Security (EMD) form 

 File. No: ……………………………..... 

Project Name:   ………………………………. 

 (To  be  issued  by  a  bank  scheduled  in  India  as  having  at  least  one  branch  in  Hyderabad) Whereas......................................  (Here  in  after  called  “the  Bidder”)  has  submitted  its  bid  dated  ......(Date).  For the execution of........................ (Here in after called “the Bid”) KNOW ALL MEN by these  presents  that WE  ...................    of  ........................  having  our  registered  office  at........................ (Here  in  after  called  the  “Bank”)    are  bound  unto  the    (hereinafter  called “MD,APTS,HYDERABAD”) in the sum of  ................ for which payment well and truly to be made to the said APTS itself, its successors and assignees by these presents. 

The conditions of this obligation are: a. If the  bidder withdraws its bid during the period of bid validity  or b. If the bidder , having been notified of the acceptance of its bid by the APTS during the 

period of bid validity: 1) fails or refuses to execute the contract form if required; or 2) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the bid 

requirement; c. bidder submits fabricated documents 

We  undertake  to  pay  the    above  amount  upon  receipt  of  its  first  written  demand, without the APTS having to substantiate its demand, provided that in its demand the  will note that the amount claimed by it  is due to  it, owing to the occurrence of one or both of the two conditions, specifying the occurred condition or conditions.  

This guarantee of Rs. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐will remain in force up to…... and any demand in respect thereof should reach the Bank not later than the above date.   Place:                     Signature of the Bank Official Date :                         with seal 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 56 of 100

Check List 

Compliance/ Agreed/ Enclosed/ Deviation Statement The following are the particulars of compliance/deviations from the requirements of the tender specifications.  

Sl.No  Bid document reference            Remarks 1.   Delivery period   2.   Form PQ#1   3.   Form PQ#2   4.   Form PQ#3   5.   Form PQ#4   6.   Form PQ#5   7.   Form TQ#1   8.   Form TQ#2   9.   Form TQ#3   10.   Form TQ#4   11.   Form C#1   12.   Form C#2   

 The specifications and conditions furnished in the bidding document shall prevail over those of any other document forming a part of our bid, except only to the extent of deviations furnished in this statement.     Place:                  Bidder’s signature Date :                          and seal    NOTE:  For  every  item  appropriate  remarks  should  be  indicated  like  ‘no  deviation’,  ’agreed’, 

’enclosed’ etc. as the case may be.    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 57 of 100

 

 

 

 

  

APPENDIX I 

   

Pre Qualification (PQ) Proposal submission forms 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 58 of 100

Name of the Service Provider (Bidder):          Name of the Project: 

 Form – PQ#1A (Single Bidder / Prime Bidder) 

General Information 1  Name of the Company/ Firm  :   

2 Date  of  Incorporation  (Registration Number  &  Registering  Authority)  VAT No., CST No., PAN No. 

   

3 Legal  Status  of  the  Company  in  India  & Nature of Business in India   

Public Ltd Company/ Private/ Partnership  firm 

4  Address of the Registered Office in India :   

5  Date of Commencement of Business     

6 Name & e‐mail  id, phone number,  fax of the Contact Person  : 

Phone: Fax: Email 

7  Web‐Site  :   

8  EMD details  :

Amount: DD No. & Date Name of the Bank: Valid up to :  

9  Proof of purchase of bid document   : Receipt No: Date of purchase: 

  Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 59 of 100

Name of the Service Provider (Bidder):          Name of the Project: 

 Form – PQ#1B (Consortium Bidder) 

General Information 1  Name of the Company/ Firm  :   

2 Date  of  Incorporation  (Registration Number  &  Registering  Authority)  VAT No., CST No., PAN No. 

   

3 Legal  Status  of  the  Company  in  India  & Nature of Business in India   

Public Ltd Company/ Private/ Partnership  firm 

4  Address of the Registered Office in India :   

5  Date of Commencement of Business     

6 Name & e‐mail  id, phone number,  fax of the Contact Person  : 

Phone: Fax: Email 

7  Web‐Site  :   

8  EMD details  :

Amount: DD No. & Date Name of the Bank: Valid up to :  

9  Proof of purchase of bid document   : Receipt No: Date of purchase: 

  Place:                Bidder’s signature Date :                       and seal. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 60 of 100

Name of the Bidder:          

Name of the Project: 

Form ­ PQ#2 (Single or Consortium) Turnover 

 

The Bidder should have a minimum turnover of Rs 5 Crores in the Call centre service during each of the last three years i.e. FY 2010‐11, 2011‐12 and 2012‐13.   Turnover in areas other than mentioned above shall not be considered for PQ evaluation.  

(All values in Rs. Lakhs) Financial Information of Bidder

Sno  

Financial Year 

Turnover of the firm in Total Profit after Tax 

 

Net Worth of Company 

Total Turnover of the firm 

Call centreservices like 108, 104 etc. 

  (1)  (2)  (3)  (4) (5)1  FY. 2010­11     2  FY.2011­12         3  FY.2012­13            Note: 

1. Turnover in areas other than mentioned above shall not be considered for evaluation. 2. Please  attach  audited  Balance  Sheets  and  IT  return  statements  to  confirming  the  figures 

mentioned in columns (2). 3. Bidder should submit any of the Audited balance sheet / Profit & Loss statement / certificates 

from  CFO  of  the  Company  duly  audited  by  the  Charted  Accountant  and  certified  by  the Company Secretary for all the above stated three financial years.  

 

 Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 61 of 100

Name of the Bidder :          

Name of the Project: 

Form – PQ#3 (Prime & Consortium) Project Experience 

 

The Bidder should have an of experience of operating and maintenance minimum of 80 seats set up centralized call centre services  like 104, 108, 100, 181 etc., for at least 3 years i.e., 2010‐11, 2011‐12 & 2012‐13 as on bid calling date. 

The experience of running in‐house call centre/help desk for bidder’s own operations or their partner/associate’s operation will not be counted & only experience of running a call Centre for third party clients will be considered. 

Note:  1. Please submit supporting documents to support the claim and the certificates must be signed by 

Senior Executive/ Deputy GM of the organization clearly indicating his/her name, designation and contact details such as Telephone Number, Fax number, email­id etc.  

2. Please attach certificate from the client for the successful completion & implementation of project.  Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

Description of Item Supporting  Document with  page number 

should  have  an  of  experience  of  operating  and  maintenance minimum of 80 seats set up centralized call centre services  like 104, 108, 100, 181 etc., for at least 3 years 

 

 Name of the Client / Department    

Contact address & details of the department   

Value of the Project (not less than Rs.‐‐‐‐‐‐L)   

Date of Start of Work   

Date of Completion of Work   

Description of Work   

Bidder should submit any of the following: i. Work order & work completion certificates from client dept. ii. Work satisfactory certificate from the client dept. 

 

Work  satisfactorily  certificate  /  Client  completion  certificates  ‐Encloses    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 62 of 100

Name of the Bidder :          

Name of the Project:  

Form ­ PQ#4 (Prime / Consortium) Manpower Deployment 

 The  bidder  shall  have  adequate  spare  manpower  as  on  bid  calling  date.  The  Bidder  shall provide evidence of capability to deploy a team, within a week of award of contract. 

Sl. No 

Employee Name 

Designation  Skills & Professional Certification, if any 

Proposed Area of expertise 

Previous Experience 

Experience with Bidder 

             

             

             

 Note:  

1. The bidder should submit Self­Certification by the authorized signatory. 

 

 

Place:                Bidder’s Signature Date:                       with Seal 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 63 of 100

Name of the Bidder:          

Name of the Project:  

Form – PQ#5 (Prime & Consortium) Declaration Regarding Clean Track Record 

 To: The Managing Director APTS, 4th Floor, BRKR Bhavan, Tankbund Hyderabad‐63  Sir,  I  have  carefully  gone  through  the  Terms  &  Conditions  contained  in  the  RFP  Document [No._________________].  I  hereby  declare  that my  company/  Consortium  Partners  has  not  been  debarred/  black  listed  as  on  Bid  calling  date  by  any  Central  or  State  Government/  Quasi Government  Departments  or  Organizations  in  India  for  non‐satisfactory  past  performance, corrupt,  fraudulent  or  any  other  unethical  business  practices.  I  further  certify  that  I  am competent officer in my company to make this declaration.   Yours faithfully,    (Signature of the Bidder) Printed Name Designation Seal Date: Business Address: 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 64 of 100

             

APPENDIX II  

Technical Proposal Submission Forms                         

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 65 of 100

Guidelines for Technical Proposal  

1 Technical Proposal should comprise of the following: 1 A printed  covering  letter,  on  the bidding  organization's  letterhead with  all  required 

information and authorized representative's initials shall be submitted along with the proposal.  

2 The  technical  proposal  should  contain  a  detailed description  of  how  the  bidder will provide the required services outlined in this RFP. It should articulate in detail, as to how the bidder's Technical Solution meets the requirements specified in the RFP. The technical proposal must not contain any pricing information. In submitting additional information, please mark it as supplemental to the required response.  

3 Proposals must be direct, concise, and complete. All information not directly relevant to this RFP should be omitted. Department will evaluate bidder's proposal based upon its  clarity  and  the  directness  of  its  response  to  the  requirements  of  the  project  as outlined in this RFP. 

4 The bidder is expected to provide bill of materials for the proposed solution as part of technical proposal without price quote. The Bill of materials/deliverables as given in the  technical  solution  should  be  in  consonance  with  the  commercial  proposal.  Any deviations in the final deliverables between technical and commercial proposals shall make  the  proposal  as  being  unresponsive  and  may  lead  to  disqualification  of  the proposal. Department reserves the right to take appropriate action in this regard. 

5 Bidders  are  required  to  provide  in  their  proposals,  details  and  sizing  estimates  of hardware required to be procured. The hardware and network equipments should be planned keeping in mind the application and data requirements for a period of at least 5  years.  The  hardware  and  networking  equipments  face  technological  obsolescence and thus proper planning for procurement and management is very critical.  

6 The bidder must address the following in their project implementation strategy: 6.1. A detailed Project schedule and milestone chart. 6.2. Approach  and Methodology  of  design,  development  and management  of  the 

Application software. The plan should adhere to the software development life cycle (SDLC)   

6.3. Project Management tools proposed to be used for project. 6.4. Bidder's plan to address the key challenges of the project. 

2 The technical proposal should address the following at the minimum: 2.1 The proposal should have information specific to the Dial 100 Project. 2.2 Describe  how  the  functional  requirements  will  be  translated  into  technical 

implementations,  that  is,  it  should  map  with  the  Functional  Requirements Specifications. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 66 of 100

2.3 Provide  an  infrastructure  growth  plan,  including  mechanisms  for  coping  with  a mismatch  of  traffic  demand  and  network  capacity,  both  at  the  time  of  launch  and thereafter 

2.4 Propose  how  availability,  performance  rates  for  the  system will  be  measured  and maintained 

2.5 Project Management Plan including  2.5.1 Team deployment to cater to the daily growing public emergencies.  2.5.2 Implementation Methodology and Plan to include 

2.5.2.1 Key  implementation  objectives,  key  deliverables  and  an implementation schedule for the same   

2.5.2.2 Roll‐out  Plan  at  the  specified  locations  including  PERT  chart  of activities proposed.  

2.5.2.3 Indication of Time Frame 2.5.2.4 Acceptance Testing Plan 2.5.2.5 Data Backup plan 2.5.2.6 Escalation Process during implementation 

2.6 Quality and Security Assurance Plan  2.7 Training Plan 2.8 Hand holding, Operations and Maintenance Plan 2.9 Bill of Materials (without price) location wise to include all Hardware, Software  2.10 Detailed  specifications  including  make,  model  and  version  of  Hardware  and 

Networking equipments 2.11 Licensing details of software with details of maintenance arrangements with OEM  2.12 Manufacturer Authorization letters to be attached of all the components of the Bid 2.13 The Service Provider shall be responsible for providing the Exit Management Plan for 

the project to APTS at the time of submission of bids 2.14 Post Implementation Plan 

2.14.1.1 Manpower  Deployment  to  support  operations  and  maintenance  of Services and IT infrastructure 

2.14.1.2 Location, Manpower Structure and Services offered from Help desk 2.14.1.3 Method of calculating uptime of IT infrastructure and reporting format  2.14.1.4 Maintenance  arrangements  with  OEM  for  all  supplies  arranged  through 

them     2.14.1.5 Exit Management Plan 

3 Guidelines for work related to hardware, network equipments and off the shelf software 

3.1 The  implementation agency should Procure, Supply,  Install, Commission, Configure, Test, Integrate, Manage and Support the Hardware and Networking Equipments and off the shelf software as per the time frame stipulated by the Department given in the subsequent section(s) that meets or exceeds the requirements/guidelines stipulated in this RFP. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 67 of 100

4 Documentation 4.1 The Service Provider shall prepare all necessary documentation  for the project, and 

provide  them  to  department  or  its  designated  Consultant  for  review,  approval, record,  reference  etc  as  mentioned  in  this  RFP.  Some  of  the  documents  (but  not limited to) to be provided include – 

4.2 During  installation  and  post  installation,  the  Service  Provider  shall  provide  As Built/customized documentation to department. The as built documentation should consist of all the configuration details, diagrams, Test plans, administration manuals, setup guides etc as minimum. 

4.3 Detailed manuals for each appropriate unit of the supplied equipment and services. 4.4 The training manuals and administration manuals 4.5 Inspection  and  testing  procedures  manual  including  QA  Policy  as  per  STQC 

framework and Procedures for the software/hardware equipments 4.6 Any  other  document(s)  deemed  necessary  for  implementation,  operations  and 

maintenance of the hardware and network equipments and the overall system. 5 Model  of  the  equipment  to  be  quoted  /  supplied  should  have  been  introduced  in  the 

market  not  earlier  than  2  years  from  the  date  of  the  bid.  The  Service  Provider  shall provide the Manufacturer's Authorization Letter along with an undertaking from the OEM that the product has been introduced not earlier  than 2 years  from the date of the Bid. 

6 Software Licenses 6.1 All  the  system  software  licenses  shall  be  procured  by  the  bidder.    The  system 

software  licenses mentioned  in the Bill of Materials shall be genuine, perpetual,  full use  and  should  provide  patches,  fixes,  security  updates,  hot  fixes  for  a  minimum period of 3 (three) years directly  from the OEM at no additional cost  to  the APTS / Government of Andhra Pradesh for the entire period of contract. All the licenses and support should be in the name of State Government of Andhra Pradesh. 

6.2 The bidder  shall provide with a full use database license. 

7 Security Services 7.1 Security would be one of the most important aspects of the department network. The 

detailed scopes of services for security are given below in order to ensure complete security of the network. 

7.2 The  bidder  shall,  to  the  extent  relevant  and  possible,  be  guided  by  the  standard information Systems Security Policies and Guidelines or suitable Industry standards. The software solution shall contain all suitable security features and firewalls using the latest features to protect and secure the databases used by the proposed system, data  in  transit  etc.  Appropriate  access  and  authorization  controls  should  be incorporated into software. 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 68 of 100

Name of the Bidder:          

Name of the Project: 

 Form – TQ#1 

 Understanding of the project 

 

a. Understanding the overall management of services Technical Methodology for the Centralized Dial 100 Command and Control Centre. • Proposed work Plan based on Innovative services • Adequate manpower by the Single bidder / Prime bidder  • The location details proposed by the Firms to establish this Command & Control 

Centre shall be within the geographical limits of Hyderabad or Cyberabad Police Commissionrates Jurisdiction (Near to Hyderabad) so as to have a site inspection by the dept and obtain approval.   

b. Software application Proposed Quality of software application developed and algorithms with relevant features. 

 

c. Centralized Dial 100 Command & Control Centre design and operationalisation Procedure:  

Innovative features specified for Effective & efficient call centre.  

d. As of now the toll free Short Code 100 is not ready for receiving SMS. It is required by the  bidder  to  suggest mechanism  to  cater  the  emergency  needs  of  those who  cannot speak  for  any  reason  but  can  use  SMS  for  getting  help  from  Dial  100  Services  in emergency. 

   

 Place:                Bidder’s Signature Date:                        with Seal 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 69 of 100

Name of the Bidder:          

Name of the Project: 

Form – TQ#2 Proposed Manpower Schedule 

 

S. No.  Name of Staff Staff inputs in week (in the form of a bar chart) 

Total Staff 

man­month 

proposed 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  N  Total 

1               

2               

3               

4               

N               

  Sub Total   

  Total   

 Form TQ# 3 

Team Composition and Task Assignments  Please indicate composition of teams separately for Implementation and Post Implementation phases: 

Professional Staff  

Name of Staff   Firm   Area of Expertise  Position Assigned   Task Assigned 

         

         

This information should be provided for all key staff, such as team leaders, project managers, technical support staff, etc. The relevant CV’s of the professional staffs mentioned above are also required to be given in the format provided under this section  

Note: • Indicate all main activities of the Assignment, including delivery of reports (e.g.: inception, interim, 

draft and final reports) • For phased Assignment indicate activities, delivery of reports separately for each Phase • Duration of activities shall be indicated in the form of a bar chart. 

• For Professional  Staff  the  input  should be  indicated  individually;  for  support  staff  it  should be indicated by category  

• Weeks are counted from the start of the assignment.  

Place:                Bidder’s Signature Date:                          with Seal 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 70 of 100

Form TQ#4 :  To be submitted along with Technical proposal 

Specifications of the IT Components for Dial 100 Project ( to be filled up by the bidder) 

#  Item Description  Quantity  OEM  Make and Model 

1  IP  Based  Digital  EPABX  Solution  with required  no.  of  Servers  and  with  latest Technology 

1  

2  Domain Control Server  1  

3  Additional Domain Control Server 1  

4  Application Server  1  

5  Web Server  1  

6  Replication Server  1  

7  Data Base Server 1  

8  Digital Voice Logger   

9  Laptops  3  

10  Desktops  100  

11  Projector  1  

12  42” LED Screen  5  

13  42” LED TVs  2  

14  CCTV  Setup with  42”  LED  Screen,  NVR (Network Video Recording) facility 

 

15  Red  Hat  Enterprise  Linux  Advanced Platform  /  Windows  Server  2008 Enterprise  Edition  OLP  /  SUSE  Linux Enterprise Server / Unix  

 

16  SQL  Server  2008  Enterprise  Edition  / Oracle Database  10g  Enterprise  Edition /  IBM  DB2  Enterprise  Server  Edition  / MySql/Postgres SQL 

 

17  20KVA/15 KVA UPS   

18  Multi  Functional  Printer(MFP)  –with Photocopy,  Printing,  Scanning,  Fax  etc facilities 

3  

19  Other (if any)   

**  The  quantities  and  specifications  mentioned  are  indicative  and  the  bidder  is requested to suggest the quantities, latest specifications and any other items required to execute the project efficiently. 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 71 of 100

                        

APPENDIX III 

 

Commercial Proposal Submission Forms 

  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 72 of 100

Form C#1 

Commercial Proposal Submission Form  [Location, Date]  To: [Name and address of Employer]  Dear Sirs:  We, the undersigned, offer to provide the  for [Insert title of Assignment] in accordance with your Request for Proposal dated [Insert Date], and our Technical Proposal.   Our attached Financial Proposal is for the sum of [Insert amount(s) in words and figures].   This amount is inclusive of the Domestic taxes such as ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Indicate the amounts against each).  We hereby confirm that the financial proposal is unconditional and we acknowledge that any condition attached to financial proposal shall result in reject of our financial proposal.  Our Financial Proposal shall be binding upon us subject to the modifications resulting from Contract negotiations, up to expiration of the validity period of the Proposal.  We understand you are not bound to accept any Proposal you receive.  We remain,    Yours sincerely, 

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 73 of 100

 

Name of the Bidder:          Name of the Project: 

Form­C#2 

Commercial Form 

Centralized Dial 100 Command and Control Centre for Police Department  

Summary of Cost Tables 

S.No  Items Total Price (INR) 

inclusive of all Taxes Total Price (In words) 

1  Capital Expenditure   

2  Operational Expenditure   

  Grand Total (INR)     

 

 

Summary of Capital Expenditure: CAPEX 

S.No  Items Total Price (INR) 

inclusive of all taxes 

1 Site preparation Cost  including Cubicals, Officer cabins, Electrical cabling etc., ( as per Section 2.12 & 2.14) 

2 Hardware  and  Networking  components  (LAN Connectivity)  for Dial 100 Project 

3 Software  &  Third  party  licenses(if  any)  for  Dial  100 Project  

4  Training Cost    Total (INR) 

  Summary of Operational Expenditure: OPEX 

S.No  Items Total Price (INR) 

inclusive of all taxes 

1 Operations  Cost  of  Manpower  towards    Salaries, Transportation etc     

2  Site rental   

3 Miscellaneous  viz‐  Electrical  bills,  Telephone  bills, Stationary, Housekeeping etc   

  Total (INR)    

   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 74 of 100

Note:  1. Contract  value  is  the  sum  total  of  capital  expenditure  and  operational  expenditure 

quoted by bidder 2. All unit  rates  indicated  in  the  schedules  shall be  inclusive of  (not  limited  to supply), 

installation, duties, transport, packing and transit insurance charges etc. Taxes should be indicated under the relevant column in the schedules.  

3. AP Police Department reserves it right to alter the scope (increase quantity / remove certain items). 

4. The  basic  cost  is  all‐inclusive  of  setting  up  costs  of  Dial  100  Command  &  Control Centre Project like call centre setup, salary & allowances, recruitment & training, staff insurance & others, telephone, Mobile, internet etc., housekeeping, AMC of hardware & software,  up  gradation  of  software,  equipment,  postage  &  courier,  printing  and stationary and all other miscellaneous expenses inclusive of all taxes, duties, fees etc. 

5. All other tasks pertinent to the contract even though may not have been mentioned in the bid document are assumed to have been included in the work.  

6. Deduction of taxes at source will be made as per applicable laws from the payments to be made to the vendor.  

 

 

  

Place  :                        Bidder’s signature Date  :                         and seal. 

    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 75 of 100

Annexure I ‐ Technical Specifications (Minimum) i. IP Based Digital EPABX /Server for Centralized DIAL 1OO Command & Control Centre  

S No  Description  Parameter  Compliance 

1. IP Based Digital EPABX / Server of Latest Technology for Centralized Dial 100 Call Centre. 

IP Based Digital EPABX with IVRS, CLI, ACD and CTI facility with the following features.  a) Provision      for  100  Digital  Telephone 

extensions for 45 Call Takers, 25 Dispatchers, 20  for  CCD,  10  for  Supervisors/Manager  etc. (Total – 100). Expandable to 150 Extensions. 

b) 6  Party  Internal/External Multi  group  Tele conferencing  facility  to  all  the  Call  Takers, Dispatchers and Supervisors/ Managers etc. 

c) All  the  standard  features  like  Call  Transfer, Call  Forward,  Call  pick‐up,  Call  hold,  Call Barge‐in etc. 

d) 1 Trunk  Card  of 8  lines  with  CLI  to  connect Land Line / GSM Phones. 

e) ISDN PRI Cards 4 Nos. Expandable for 8 Nos.   

 

2. Technology  PCM‐TDM , IP(Both), Non‐blocking   3. Interface  Should support all Telecom interfaces.   4. Type of Interface  ISDN    interface    for    digital,  Basic    interface    for 

Analog lines  

5. Type of Extension Support 

Analog, Digital and IP/ Soft Phone   

6. Run Distance  Not less than 1000 meters. on 0.5mm dia. Cable   7. Max. Loop resistance for 

analog extensions 2500 ohms including telephone.   

8. Requirement at the time of supply. 

a)  Integrated  Voice  messaging  system  with required Channels for IVRS function. b)  Voice  messaging‐Pre‐defined  text  to  voice Conversion information. c) Estimated wait time incase if all Call Takers are  Busy. d) Voice mail  instructions  to  Caller  incase  all  the Call Takers are Busy. 

 

9. Max. loop resistance for analog trunk lines 

1200 ohms at –48 Volts DC   

10. Conferencing  6  party  In  and  Out  Multi  group  conferencing facility  to  be  provided  to  all  the  Call  Takers, Supervisor  and Manager  etc.  (To  be  configurable Dynamically) 

 

11. Voice Messaging unit  The system shall play announcement immediately on  receiving  a  call  from  Public  “This  is  Dial 100Police control room, All calls are recorded for 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 76 of 100

Investigation  and  future  reference  purpose”  and place the call immediately to call taker using ACD algorithm.  Further,  it  should  not  wait  which will cause delay  for call answer To be  included  in  the price. 

12. Digital Telephone Instruments 

Digital  Extension  telephone  instrument  with programmable one  touch keys, Graphical display, Keys  with  LED,  4  Programmable  keys  with  dual function,10 fixed function keys,  

 

13. Switches  Provide  industry  tested,  proved  and  market leading  switches  to  ensure  smooth  installation and  protecting  businesses  existing  call  centre hardware investment 

 

14. Standards which are to be supported CAS 2Mbps. as per CCITT G.703 & G 704 CAS R2 as per CCITT Q.421 to Q.424 ISDN interface as per CCITT I.430 (BRA), I.431 (PRA) I.440, I.450, I.441, I.451, G.703 (PRA), G.704(PRA), ETSI CTR3 (BA) CTR4 (PRA) & Austel  

Tenderer to specify support provided clearly (CCITT‐Committee  Consultant  if  International Telephonique et Telegraphique ,CAS‐Conditional Access System, ACD‐Automatic Call Distributor , CLIP‐Conditional Legar Interpreting Permit, COLP‐Connected Line Identity Presentation, CLIR‐Calling Line Identity Restriction  ,  CNIP‐Calling  Name/Number Identification Restriction , CONP‐Connection Oriented Network Protocol  ,  CNIR‐Calling  Name/Number Identification Restriction, AOC‐Advice of Charge 

 

15. Support  for  ACD  call centre  with  CTI  and advanced call routing 

To be provided   

16. ISDN  supplementary services for Digital Phone 

To be provided   

17. Networking  of  multiple systems through Digital Networking a. ETS 300011 b. QSIG‐ECMA 141 c. ETS 300172 d. QSIG‐ECMA 143 e. ETS 300173 (CLIP, COLP, CLIR) h. ECMA 164 i. ETS 300238 (CNIP, CONP, CNIR) j. AOC ECMA 211/212 

Bidder to specify the compliance of standards   

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 77 of 100

ii. Specifications Of CTI Server, Data Base Server, Digital Voice Logger Server   

S.No.  Feature  Specification  Compliance 

1  Make       2  Model       

3  Processor  

Server  with  4  socket  and  populated  with  2  Nos.  Processors with the following :  

 

2*  Xeon  Processor  E5‐4650 (20M  Cache,  2.70  GHz,  8.00  GT/s  QPI)  or  higher  or equivalent 

 

4  Chipset   Latest compatible chipset supporting above processor   

5  Memory   64  GB  memory  (8x8  GB)  DDR3  ‐1066MHz  Registered ECC DIMMs & expandable to 1.5TB 

 

6  DIMM Slots   Server should support 48 DIMM Slots  or higher   7  Memory Property   Advanced ECC memory protection, Memory mirroring   

8  Hard Disk Drives  4  *  500  GB  15K  SAS  6Gbps  2.5in  Slim‐HS  HDD  (Hot swappable) scalable up to 16 drives & should have the ability to have front acess PICe SSD 

 

9  RAID Controller  Integrated  hardware  RAID  controller  and  should support Raid 0, 1 and 5 Should be provided with RAID Controller with 512 MB NV Cache  

 

10  Optical Drive   DVD‐RW    

11  Graphics Controller  

Minimum 8 MB Memory    

12  Ethernet Ports   2  *  1  GbE&  2*  10Gbe  network  ports  with  support  for iSCSI protocols based on future datacenter needs  

 

13  PCI Slots   Minimum 7 PCI‐E slots or Higher    

14  Remote Management  

Ability to remotely configure machines completely with Advance Settings Utility  

 

15  Redundant Power Supply  

Redundant hot swap power supplies    

16  Redundant Cooling Fans  

Minimum  6  hot‐swap  redundant  cooling  fans.  Fans should  automatically  adjust  speeds  depending  on  the temperature inside the server chassis  

 

17  Failure Alerting Mechanism  

The server should be able to alert impending failures on maximum  number  of  components.  The  components covered  under  alerting  mechanism  should  at  least include Processors, memory, hard disk drives  

 

18  Cluster Support   Should support High Availability Clustering    19  Form Factor   4 U or less    

20  Certification   Microsoft Windows 2012 Std. Server, **Any two flavors of Linux/ RHEL. FCC, CE and UL or CSA  

 

21  HBA   Should be Supplied with 1 Nos of Dual Port 8 Gbps fiber channel HBA.  

 

22  Server Management  

The  server  should  come  with  systems  management licensed software from the OEM with Remote Power On & Power Off, Remote KVM and other features  

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 78 of 100

23  Benchmark  Server  family  should  have  published  benchmark (Spec_int  _rate2006),  TPC  or  JBB.  Server  should  have published TPC benchmark 

 

24  Warranty   3  years  comprehensive  onsite  warranty.    Prefailure warranty on CPU, Memory & Hard disks 

 

25  Delivery  

All  the  necessary  tools  &  tackles  licenses,  cables  / connectors  for  Ethernet  /  Fibre  /  USB  /  Power  etc. required  for  making  the  system  operational  shall  be provided by the bidder.  

 

26  BOM (Part No.s)   The  vendor  has  to  give  part  nos.  of  every  component which will be cross verified with OEM.  

 

27  Note‐1   One Server should be in active mode and another server is passive mode.  

 

 iii. Digital Voice Logger Server Features S No  Description  Compliance 

1  The Recording should be done in HDD and archiving in back up media   2  Shall  be  100  ports  and  expandable  to  additional  50  ports  in  future.  The 

Recording  shall  be  done  from Digital  extension  side.  Shall  be  a  digital  voice logger which is capable to record calls between extension lines also. 

 

3  The Recorded voice shall be indexed and linked with Incident Report Number with real time and date. The voice logger shall have the CTI capabilities. It will automatically track the incoming call. The recording shall go on till the call is disconnected. 

   

4  It  shall  be possible  to  configure automatic  voice  recording on answering  the call by the  Call Taker 

 

5.  It shall be based on the above  server configuration with additional 500 GB of Hard disk, 5U space and suitable OS and Software/ Hardware 

 

6.  Combo writer with latest Read, Write speeds   7.  Voice Logger software compatible with the call Centre package   8.  Software & hardware required to record the wireless communication       iv.  Workstations  for    Call  Taker/    Dispatcher  /Supervisor  /Manager    (Desktop  PC 

Configuration) Parameters  Specifications  Compliance 

CPU   Core i5‐3470, 3.2 GHz, 6 MB Cache or higher.   Chipset   Compatible Chipset   Bus Architecture   4 PCI (PCI/ PCI Express) 

 

Memory   4 GB 1600 MHz DDR3 RAM with 32 GB Expandability.   Hard‐Disk Drive   500 GB 7200 rpm or higher.   

Display 47 cm or larger(18.5 inch or larger) LCD Digital, Color Monitor TCO‐05 certified (Two Numbers) 

 

Keyboard  104 keys.   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 79 of 100

Mouse   Optical with USB interface.   Bays   3 Nos. or above.   

Ports  6 USB Ports including 2 USB 3.0 Ports (with at least 2 in front), audio ports for microphone and headphone in front. 

 

 Cabinet    Mini Tower.   DVD ROM Drive    8X or better DVD ROM Drive.   

Networking facility 

10/100/1000 on board integrated Network Port with remote booting facility remote system installation, remote wake up, TPM enabled 1.2 chip using any standard management software. 

 

Operating System 

Windows  8  Professional  preloaded,  as  specified,  with  Media  and Documentation and Certificate of Authenticity. 

 

OS Certifications    Windows 8 OS certification. 

 

Power Management 

Screen Blanking, Hard Disk and System Idle Mode  in   Power On, Set up Password, Power supply SMPS Surge  protected. 

 

VGA Ports  Two VGA Ports to connect two monitors (one of application, another for Maps) 

 

 

v. Specifications of Laptops Description  Specification Required  Compliance 

Make  <<Specify>>   Model  <<Specify>>   Processor  Core  i5‐3210M  Processor  or  Higher  or  equivalent  AMD 

Processor  (In  case,  there  is  no  common  agreement  on  processor equivalency  between  Intel &  AMD,  Processor  equivalency will  be  decided  by  APTS  based  on  any  of  the  third  party benchmarks/reviews  available  on  the  Internet.  APTS decision will be final and no further representations will be entertained in this  regard ) 

 

Chipset  Compatible  Chipset    (bidder  has  to  specify  the  chipset number) 

 

Motherboard  OEM Motherboard   RAM  4GB DDR3 RAM or Higher scalability to 8GB     Hard Drive  500GB Hard Drive   Optical Drive   Minimum 8X DVD+/‐R/RW with Double Layer Support    Audio  Integrated Audio    Network Interface 

Integrated On‐board 10/100 /1000 Mbps NIC or higher, Wireless LAN, Bluetooth 

 

Graphics controller 

Integrated Graphic controller    

Display    14/15 inch  LED with 1366 x 768 resolution or higher   Keyboard  Standard Keyboard (OEM)   Mouse  Standard touchpad (OEM)   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 80 of 100

Ports  3  USB,  HDMI,  RJ‐45,  VGA  Port  1,  Stereo  Microphone  In, Stereo Headphone Out, Integrated Media Card Reader 

 

Battery  Lithium Ion Battery  ‐ 6 hours or higher of battery backup with AC Adopter 

 

Webcam  Integrated 720P HD Webcam   Certifications  For  OEM:  ISO  9001  :  2008  <<  Certifications  to  be 

enclosed>>  

Operating System  

Pre‐Loaded  MS  windows  7  Professional  (64  bit)  with recovery media and product key License/sticker  

 

Antivirus  Latest  version  of  Antivirus  Symantec/  Mcafee/  NOD32/ eTrust/  Kaspersky/Quick  heal/eSCAN    with  following features  anti‐virus,  Anti  Spyware,  Intrusion  Prevention Browser protection with single management console with 5 Year subscriptions with support and updates 

 

Accessories   With  required  connecting  cables  and  driver  media  and Carry case  should be supplied 

 

Warranty  3 years Onsite comprehensive warranty on hardware, OS & Antivirus   

 

vi. Specifications of LCD Projector Description  Specification Required  Compliance 

Make  <<Specify>>   Model  <<Specify>>   Brightness   2600 Ansi lumens,   Lamp Life  4000 Hrs   Contrast ratio  500:1   Resolution  1024 X 768   

VGAin, VGAout, RCA, Wi‐fi     6’ x 8’  Wall Mount Screen      6’ x 8’  Motorized Screen  with remote control 

   

Ceiling Mount Kit with required length of cables 

   

6’ x 8’  Screen with stand     

vii. Multi Functional Printers (MFP) 4 in 1 Feature  Specification  Complaince 

Make   __________________   Model  __________________    Features  Print /Scan /Photo Copy/Fax   Technology   Laser & Duplex Printing   Print Speed  16ppm or above    Resolution  Min 600 x 600 dpi    Memory   2 MB or higher   Copy speed  Min 12ppm   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 81 of 100

Feature  Specification  Complaince Scanner type  Flat Bed with ADF   Interface  USB 2.0, Ethernet Port   Duty Cycle, Monthly ( No of Pages) 

5000   

Consumables  Full toner Cartridge   Paper handling      Input tray capacity No. of sheets 

100   

Output tray capacity No. of sheets 

100   

Accessories   With required necessary accessories, connecting cables and driver media should be supplied 

 

Warranty  4 years comprehensive onsite warranty   viii. Specifications OF 20KVA/15 KVA TRUE ON LINE UPS 

Description  Parameter  Compliance 

Capacity    True Online with TWO hours Battery  back up    

Type   IGBT   INPUT: a)Voltage Mains (primary source) 

single / 3 phase    

b)Voltage  mains Operating 

230 / 440  V AC   

c)Frequency    50Hz +/‐5%    Battery  (secondary source) 

Sealed  Maintenance  Free  Batteries  (AH  and  no.    of batteries shall   be  suitably  selected for  a  back up time  of  120   Minutes @ (80% of KVA) W resistive load or KVA load  with  0.8PF.  The  details  are  to  be  specified  by  the tenderer along with the make of the battery 

 

Min.    Input    voltage  required  for  Battery charging  circuit  to  function  properly   

To be specified by the tenderer    

 

Battery storage Rack   Battery  storage  Rack  with  Rubber  matting  for  housing the  Batteries  with  safety  to  be  supplied  along  with  the UPS system (for 5/ 15/20KVA). 

 

Battery Voltage (Min. & Max.)     

To be specified by the tenderer      

OUTPUT:     a)Nominal voltage  single / 3 phase   b) Pre‐settable range  +/‐ 5%    c) Voltage Regulation  +/‐ 2%    d) Frequency  50Hz    e) Variation in frequency    +/‐ 5%    f) Load Power factor  0.80 lag to Unity    g) Waveform  Pure sine wave    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 82 of 100

OTHER / GENERAL DATA 

   

a) Overload capacity   120% for 10 minutes    b) Overall Efficiency   Greater than 85% @ full load    c) Min.    Input  

Voltage    required for  battery charging  circuit  to operate 

To be specified by the tenderer    

d) Ambient   Temperature 

0 deg C to 55 deg C   

e) Ambient Humidity  0‐95% RH Non‐Condensing   f) Duty cycle   Continuous   g) Cooling    Forced air cooling    h) Protections   Overload,  Short  circuit  ,  Input  low voltage,   Output  over 

voltage , Battery over charging, Battery over discharging, Fuses for input & output 

 

i) Controls  Manual. By‐Pass switch with suitable current rating    j) Power sockets  1 No. 63 Amps capacity terminal block    k) Trip conditions   Over load    l) Indications  Mains   on,    Inverter   on,   Battery    low,   Overload,    Input, 

Under/Over Voltage   

m) Alarms (Audio)  For  extreme  battery  low  voltage  and  Mains  failure conditions  

 

n) Digital Meters  i )AC voltmeter for Input and Output  ii) DC voltmeter iii)Load current for Output  

 

o) Extra Protections   Output  overload  for  short  circuits,    Battery  Overcharge, battery reverse polarity  

 

p) Input  /  Output Cables 

Proper  rated  mains    Input/  UPS  Output  cable  to  be provided  

 

q) Manual     Complete  user,  technical  and  spare  parts  list,  Circuit Diagram to be provided. 

 

r) Brand/Model  Reputed make &International Standard    

Note: All UPS Systems shall be fitted with Castors for mobility.    

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 83 of 100

ix. Specification for CCTV Setup  a. IP Camera : Fixed Box / DOME Type (Indoor Camera) 

SL.NO 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  IP  Camera:  Fixed  Box /DOME  type  Indoor Camera) 

Quantity=        nos.   

2  Description  Fixed Indoor day/night IP Camera   3  Plane of installation   Vendor to specify   4  Make& Model  Vendor  has  to  specify,  data  sheet  to  be 

supplied.   

5  Type  In  door,  Day/Night  with  integrated  True Wide Dynamic Range 

 

6  Power supply  PoE Mandatory/ Dual  Power  Source  (PoE  + Input Power Option ) 

 

7  Image device  1/3" Progressive Scan CMOS/ CCD   8  Lens size  Between  2.8  to  12mm/Equivalent  IR 

Corrected Day/Night Lens Auto Iris  

9  Aperture  F 1.3    or F1.4   10  Type of lens  Wide Angle   11  Total Pixels  1280X720(P)   12  Shutter speed  1/24,500  or better at 20/30IRE   13  S/N Ratio  >50 dB   14  Communication  10/100 Base‐T Ethernet, RJ‐45 connector.   15  protocol support  IPv4,  ONVIF,TCP/IP,  UDP/IP,  RTP(UDP), 

RTSP,  NTP,  HTTP,  HTTPS,  SSL,  DNS,  DDNS, DHCP, FTP,SMTP,ICMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB‐2)5.17 Local 

 

16  Network standards   Open    IP  Standards  .  API  /SDK  should  be made available without additional cost    

 

17  Configuration,  control command  including  clock synchronization, firmware  up  gradation  , Auto/  manual  mode selection  for  Automatic Gain  Control(AGC),  back light  compensation  (BLC)  , White Balance etc 

Through  network  video  recording  and management software to be done remotely 

 

18  Local Memory in camera to be supplied with Camera 

32 GB SD Card  

19  Minimum  illumination handling capacity 

0.9 lux for color and 0.01 lux for B/W 30 IRE or equivalent  

20  Type of video  compression (Dual 

 Main    Compression  H.264/MJPEG Should Support Dual H.264 Streams 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 84 of 100

streaming  in  both  primary and secondary)with  Individual Bit  Rate  Control  on  each stream 

 

21  Aspect ratio HD: 16:9   HD: 16:9 / 4:3 Support 

22  Video resolution  Not less than HD1280x720(p) SD 640 x480  

23  Frame rate per second  25fps ( configurable in increment of 1 frame Both at Camera end + VMS.) 

24  Video motion detection,  Notification:  FTP,  e‐mail,  Alarm  out,  JPEG Recording  on SD 

25  Active  tampering  alarm and other features 

To be provided ( Email Alert/SMS Alert)   

26  Audio support  Two  way  audio  function  support    G.711, G.726 

 

27  Access level of cameras  To  be  provided  for  Administrator,  Operator and Viewers. 

 

28  Operating Temperature  0‐50 deg C humidity 20%‐80‐% RH   29  Housing  IK10, Sun Shield, Polycarbonate   30  Service facility  Should be available in India   

b.  IP Camera: Fixed Box out door, day/ night Camera) SL.NO 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  IP Camera: Fixed Box out door, day/ night Camera) 

   

2  Description:   Fixed out door, day/night IP Camera with Day & Night Operation & true WDR 

 

3  Plane of installation   Vendor to specify   4  Make& Model  Vendor  has  to  specify,  Data  Sheet  to  be 

provided  

5  Type  out  door,  Day/Night  with  IR  filter,  Wide Dynamic Range 

 

6  Power supply  Vendor  to  specify  with  POE  option  +  DC power source 

 

7  Image device  1/3" Progressive Scan CMOS/ CCD    8  Lens size  5  –  50  mm Megapixel  IR  Corrected  Lens 

with Auto Iris.  

9  Aperture  F1.2 or F 1.4   10  Type of lens  CS Mount Lens   11  Shutter speed  1/10,000 or better at 20/30 IRE   12  Total Pixels  1280X720 (p)   13  S/N Ratio  >50 dB   14  Communication  10/100 Base‐T Ethernet, RJ‐45 connector   15  protocol support  IPv4,  ONVIF,TCP/IP,  UDP/IP,  RTP(UDP), 

RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS,  

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 85 of 100

DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB‐2) 

16  Configuration,  control command  including  clock synchronisation,    firmware  up gradation  ,  Auto/  manual mode  selection  for  zooming,, AGC, Back Light Compensation  (BLC)  ,  White Balance etc 

Through  network  video  recording  and management  software  to  be  done remotely.  

 

17  Local Memory in camera  32 GB Memory Card   18  Minimum  illumination 

handling capacity 0.07 lux for color and 0.01 lux for B/W 30 IRE or equivalent  

 

19  Type  of  video  Compression (Dual streaming in both primary and secondary)  Individual configurable  streams,  should support  minimum  of  3 streams.  

H.264,  MPEG‐4,  JPEG  (  combination selectable ) 

 

20  Aspect ratio  HD: 16:9 SD: 4:3   21  Video resolution  Not less than HD: 1280x720p SD:640x480   22  Frame rate per second  Up to 25fps ( configurable in increment of 

1 frame at Camera End+ VMS End)   

23  Video motion detection,  Notification:  FTP,  e‐mail,  Alarm out,  JPEG Recording on SD  

 

24  Active  tampering  alarm  and other features 

 To be provided Email Alert/SMS Alert   

25  Audio support  Two way audio function support   26  Access level of cameras  To  be  provided  for  Administrator, 

Operator and viewer  

27  Environment protection  IP 66 / NEMA 4X rated protection against dust & heavy Rain 

 

28  Housing  Vandal  Proof  Structure,  Outdoor  pendant with heater and blower. IK10 

 

29  Service facility  Should be available in India   C. IP Camera:(18x or better  PTZ Dome Speed Camera) 

SL.NO 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1   IP  Camera:(18x  or  better  PTZ Dome Speed Camera) 

   

2  Description:  18x   or better IP HD Speed Dome Camera or better  

 

3  Make& Model  Vendor  has  to  specify  Data  Sheet  to  be provided. 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 86 of 100

4  Plane of installation  as per drawing attached.   5  Type  Out  door,  Day/Night  ,pan,  tilt  and  zoom 

(PTZ)  functions  with  motion  detection, and to automatically track moving objects within the camera’ s field of view. 

 

6  Power supply  PoE  Based  Camera  (  IEEE  802.3  at  High Power PoE) + Dual DC Power Source) 

 

7  Kind of image want to capture  Continuous  recording  of  full  over  view image  ,  any  object  crossing  over  the compound walls in day &night . Automatic optical/Digital  zooming  as  per  pre‐fixed time interval at Presets 

 

  Presets  100 Minimum Preset Options   8  Distance to be covered  Minimum distance of 500mtrs   9  Pan and tilt covering area  Pan travel 360 deg and tilt travel 180 deg.   10  Maximum  optical  &  Digital 

Zooming range Optical Zooming 18 X or better  and Digital Zooming 12X  or better  

 

11  Protocol support  IPv4,  ONVIF,TCP/IP,  UDP/IP,  RTP(UDP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB‐2) 

 

12  Communication  10/100 Base‐T Ethernet, RJ‐45 connector   13  Configuration,  PTZ  control 

command  including  clock synchronisation, firmware up  gradation  ,  Auto/  manual mode  selection  for  zooming,, AGC, back  light  compensation (BLC) ,etc.  

Through  network  video  recording  and management software 

 

14  Image device  1/3 or 1/4" CCD Progressive Scan   15  Lens size  4.7 – 84.6 mm or  better   16  Type of lens  F1.4 or F1.6   17  Shutter speed  1/10,000 at 20/30 IRE   18  Minimum  illumination 

handling capacity 0.74  lux  for  color  and  0.04  lux  for  B/W @30 IRE or equivalent  

 

19  Type  of  video  compression (Dual  streaming  in  both primary and secondary) 

H.264,  MPEG‐4,  JPEG  (  combination selectable ) 

 

20  Effective Pixels   Not less than 1280X720 p   21  S/N Ratio  >50 Db   22   Resolution   HDTV 720p 1280 X 720 to 320 X 180   23  Frame rate per second  Up to 25fps (configurable  in  increment of 

1 frame.)  

24  Video motion detection,  Notification:  FTP,  e‐mail,  Alarm out,  JPEG   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 87 of 100

Recording on SD 25  Active  tampering  alarm  and 

other features Email  Alert/  tamper  Alarm  Trigger through I/o 

 

26  Speed Control of the PAN/ Tilt as per the  Zoom ratio 

To be provided.   

27  Local Memory in camera  32 GB Memory Card   28  Access level of cameras  To  be  provided  for  Administrator, 

Operator and viewers.  

29  Audio support  Two way audio function support.   30  Operating temperature  ‐40 to 50 deg C Humidity 20%‐80% RH   31  Environment protection  IP  66  rated  protection  against  dust  & 

heavy rain.  

32  Housing  Vandal  Proof  Structure,  Outdoor  pendant with heater and blower.IK10 

 

33  Service facility  Should be available in India   34  Video Recording  Day and night for all days.   35  Mounting  To  be  mounted  on  the  8  Mtr.  GI  Pole 

where required.   

d.  Specification:  Video Management  &  IVA  Software  to  be  integrated  with  Active Alarm Management Sl No.  DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  Platform   Windows / / Linux      2  Functions   Event handling, motion detection,    3  Compatibility   The  VMS  should  be  built  on  the  open 

standards  and  shall  be  compatible  with products  from  industry  leading manufacturers  

 

4  License Based Option  All Camera license to be per Camera based and  no  Server/Client  License  to  be charged.  All  Camera  upgrades  to  be  free during warranty period. 

 

5  Recording   � Should record audio / video  �  Continuous  recording,  by  trigger (motion or alarm), by schedule  

 

6  Storage   �  Distributed,  fault  tolerant  database architecture  � Multi‐level storage: should support multi level  storage  (live  recording  on  primary disk,  archiving  on  secondary,  and  so  on) should  delete  video  after  configurable duration  (FIFO  based).  Should  Support NAS through iSCI transfers.   Recording    redundancy    should  be 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 88 of 100

supported.  7  Video Search  � Should be able to search video based on 

date  /  time,  camera.  Should  have advanced / smart / quick search function   Should be able to export� searched video to  standard  video  codec  (or  with  video player in case of proprietary format)  

 

8  Viewing   �  Simultaneous  viewing  and  recording from  various  cameras  by  multiple  users Multi Monitor viewing�  Camera sequence mode�  Control PTZ function of PTZ� camera.  The VMS should have viewing� client (not applicable  incase  of  web  based  VMS)  to enable the feed display on the workstation / remote location Drag and drop camera� viewing  

 

9  Event Management   �  Register  event,  associated  video,  and alert  operator  on  screen  with  audio  Motion  detection,  sound�  detection, camera  tampering  events  should  be alerted to the operator  

 

10  Camera Management  � Show connection status of cameras, alert operator  in  case  of  connection  failure  to any camera . Manage firmware upgrades,� setting IP addresses  

 

11              

Security   User  management,  password management,  user  access  level management  

 

Multi‐map Presentation Options and User‐Friendly PTZ Controls  

 

Graphic  Video  Footprints  with  Real‐Time PTZ Controls  

 

Sensor  Management  Tools,  Alarm Management Options, and data Editing  

 

Enhanced  Displays  for  Video  Forensics and Access to Video Archive Systems  

 

supports jpeg or bmp or gif data input.    Capable of Managing an assigned area of interest. 

 

12      

General  Features  & Specifications     

Capable  of  Ingesting  video  and  sensor inputs into an open architecture format,        onto one screen  

 

Provides  a  monitoring  capability  of  the video/ sensor subsystem, to be relayed to the key operations center  

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 89 of 100

                              

  Multi‐site  video  surveillance,  and command and control  

 

Provides  a  multiple‐perspective geographic  display  of  site  locations  with site‐        Specific surveillance information including Sensor locations and alarm conditions.  

 

Provides  a  remote  ability  to  set  and/or modify  operational  characteristics  of surveillance devices and storage  

 

Online  control  of  Pan/Tilt/Zoom  (PTZ) cameras, sensors,  

 

Ability  to  Record  and  Retrieve  stored video.  

 

Integrated‐alarm  visualization  rule  and device  control  displays  in  either  a  single or double monitor format  

 

Ability  to  slue  PTZ  cameras  to  alarm‐generated areas.  

 

Automatic  tracking  and  classification  of objects  such as  cars and people and push content  to  security  personnel  over  local LAN as required.  

 

Capability  of  Real‐time  analysis  of connected  cameras  to  detect  abnormal activity and Security threats.  

 

Capability to  filter  large amounts of video and  support  display  of  time  Line, Customizable  Site Map,  Live  Video,  Video Playback,  Integrated  Site  Map  ,  Remote  live  view,  Multi‐site  capability,  Event based Recording all over local LAN 

 

Capability  of  video  analytics  based  on defined policies pre  feeded at  the  time of installations  with  features  like  Motion  & Blackout  masking,  Perspective  settings  , environment  selection,  map configurations,  disk  usage  limits,  footage  expirations, software health monitoring 

 

Crowd Detection :  Detects Crowd build up in a monitored region 

 

Significant  activity  detection  :  Detects activity caused by people , vehicle & other objects.  

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 90 of 100

Left‐Object/Removed‐Object  Detection component  that  automatically  detects  objects in the field of view of a camera that have been  left‐behind, or  that have   been removed  

 

Perimeter  Breach  Detection  component that  automatically  detects  objects  in  the  field  of  view of  a  camera  that move  from and to configurable regions  

 

Motion  Detection  component  that  automatically detects moving objects in the   field of view of a camera, and is capable of filtering  out  movement  in    configurable directions  and  movement  due  to  camera motion (e.g. from wind)  A  People  Loitering  Detection  component that automatically detects  

 

Analytics  license  should  not  be  linked  to the Mac Address of the camera. 

 

    Should support Open street GIS Maps and floor  maps  in  various  formats.  Auto discovery  of  devices‐ONVIF  and  UPnp protocols supported. 

 

    Web  browser  based  client  with  failover servers and storage statistics and incident report. 

 

    Alarm  recording,  scheduled  recording based  on  daily/weekday,  activity  based, duration  of  pre  and  post  alarm.  Chart based reports on  the alarms, by category, source by source and status 

 

e. Encoder (where ever Applicable in Each Division) – For Existing Analog Cameras  Sl No. 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  Functional Requirement   Should  convert  Analog  Composite  /  S video  input  to good quality digital stream with  ability  to  transmit  as  unicast  / multicast  IP  packet.  The  encoder  should be able to control movement of camera in case of PTZ camera.  

 

2  Video Compression   Motion  JPEG,MPEG‐4/H.264 simultaneously  

 

3  Resolution   User selectable, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF     4  Frame Rate   25fps for all resolutions from QCIF / CIF / 

2 CIF / 4 CIF simultaneously   

5  Video Format   H.264  or  MPEG4/MJPEG  with CIF/4CIF/QCIF simultaneously  

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 91 of 100

6  Video Streaming   Motion  JPEG,MPEG‐4  or  H.264 simultaneous,  Individually  configured streams  in  Max.  resolution  at  25  fps, Controllable frame rate  

 

7  Performance   Provide all channels with full frame rate at full resolution  

 

8  Data Rate   Video data rate should conform to 32kbps to 4mbps per channel  

 

9  Signal Format   PAL /NTSC   10  Latency (PTZ Control)   <120 ms    11  Video Parameters   Selectable  brightness,  contrast,  hue, 

sharpness and sizing   

12  Security   Password  protection,  128‐bit  AES Encryption  

 

13  Connectors   RJ‐45  for  10BASE‐T/100/1000  BASE‐TX (Auto‐negotiating),  RS‐422/485  port  and separate  RS  232  port  for  modem communication & DC  jack Terminal block for 2 alarm inputs, 1 output  

 

14  Supported Protocols   RTP,  Telnet,  UDP,  TCP,  IP,  HTTP,  HTTPS, IGMP,V2/V3,  ICMP,  ARP,  SNTP,SNMP( V1/V2c/V3 MIB ‐II  

 

15  Approvals      16  General      17  Desired Features      18  Operating Temperature      f. Video Storage Server – For New Server Hardware Requirement Sl No. 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  Processor   Intel  Xeon  Dual  Quad  Core,  3.4  GHz  or more  with  FSB  Frequency  more  than 1060MHz 

 

2  Chipset   Suitable Intel chipset    3  Memory   8/16GB, Expandable up to 2TB or more    4  Expansion Slot   Expandable Minimum Upto 24Tb   5  I/O Port   Standard  IO  Ports  with  4  USB 

2.0connectors   

6  Bays   Up to 4 hot swappable SATA or SAS bays    7  Display Controller   Compatible display controller with at least 

128MB on‐board memory   

8  HDD   10K RPM, SAS or SATA hard disk    9  Internal Storage   2 TB with expansion upto 24 TB   10  Ethernet   Gigabit Ethernet controller with dual port 

minimum   

11  OS   Windows (32 or 64 bit) / Linux OS   12  RAID 5 support   Hardware RAID with  support  for RAID 0,   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 92 of 100

1, 5, 6 & 50  13  Anti‐virus Software   Latest Software    g.Video Monitoring Workstation  Sl No. 

DESCRIPTION  SPECIFICATION  Compliance 

1  Processor   Intel Core 2 Duo Processor 3 GHz; 4 MB L2 Cache; 800 MHz FSB or better  

 

2  Chipset   Suitable Intel chipset    3  Memory   4GB  or  better  667MHz  DDR2  ECC  FB‐

DIMM memory   

4  Expansion Slot   Standard Configuration    5  I/O Port   Standard  IO  Ports  with  4  USB  2.0 

connectors   

6  Bays   Standard Configuration    7  VGA Card   NVIDIA  Quadro  FX5600  2GB  Graphics  or 

equivalent   

8  Display Controller   Compatible display controller with at least 64MB on‐board memory  

 

9  HDD   SATA @ 7500 RPM – 8MB Cache    10  Optical Drives   16x  Super  Drives  with  double‐layer 

support (DVD+R DL/DVD±RW/CD‐RW)   

11  Storage   500GB or more    12  Video Accelerator   Matrix RT.X2 Card or equivalent    13  Ethernet   10/100/1000,  Auto  Negotiating  Ethernet 

controller   

14  Os   Windows XP SP3 (32 or 64 bit)    15  Monitor   19”  TFT  /  LED  @  1280x1024  (Refer 

detailed Specs provided in the document)   

16  External Monitor Support  Workstation  to  support  Multi‐Monitor view    with  external;  matrix  switch  or necessary  accessories    (LED  Monitor Interface) 

 

h. 39’’ / higher  LED TV with remote & wall mount kit 

S No  Description  Parameter  Compliance 

1  Video Screen size (in inches)  39” Measured Diagonally (minimum)   

2  Native Resolution  Full HD 1,920 x 1,080   

3  Dynamic Contrast Ratio  50,000:1 or better     4  Aspect Ratio  16:9     5  Audio Sound Output (RMS)  8 Watt.  x 2     6  Features     

Auto Channel Search  Yes   Auto Power Off  “   Auto Volume Leveler  “   Clock & On /Off Timer  “   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 93 of 100

Closed Captioning  “   Built‐in Tuner  “   

7  Inputs & Outputs     HDMI  2 (Rear)   Component   1   Composite (AV)  1   PC( (D‐Sub 15 pin)  1   PC Audio Input (Mini Jack)  1   Ethernet  1   USB 2.0  1   Audio Out Mini Jack  1   DVI Audio Input  1   RF In   1   Mains Power Supply  170 V to 270 V @50Hz   

i. NAS Specification: SL.NO  REQUIREMENT OF  NETWORKING SYSTEM  Compliance 

The  Proposed  Solution  should  be  a  NAS  Storage  System  configured with dual  redundant  controllers  and  Unified  Storage  Management  Software which  should  be  able  to  manage  iSCSI,  SMB3.0  and  NFSv2  and v3protocols. 

There must be no performance degradation in case of a controller failure  Each Controller must have Intel Quad core CPU per controller or equivalent. 

The Proposed Solution should be based on real time optimized operating system. ( It should not be a general purpose OS ) 

 

The controllers should have a minimum15GB cache spread across dual controllers. 

The Proposed Solution should be scalable to more than 96 Drives in the same Storage Array without upgrading the controllers. 

The Hard Disks provided in the system needs to be Datacenter Grade with redundant paths for connectivity to the Controller.  

Support for Enterprise Flash Drives,6Gbps SAS 2.0 and NL SAS6Gbps drives for data drives from Day 1 in the storage array to be provided. 

 

The offered Storage shall be supplied with at least4nos x 1G Ethernet Ports across dual Controllers. 

The  array  proposed  should  have  a  minimum  of  2nos  x  6Gbps  2.0 SASbackend architecture. 

 

Proposed Solution must support Hardware RAID 1, 3, 5 and 6 and not involve any host processing cycles.  

All RAID types should be industry standard RAID and solution to be configured with RAID6 protection and Hot Spare 

 

5  The Proposed Solution should support a browser based built in management. It should have SNMP support.  

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 94 of 100

6  The Proposed Solution to be configured and support iSCSI, NFSv2 &3 and SMB3.0 protocols from day1. 

 

The Proposed Storage Array should be configured with Minimum 10TB Usable Capacity  using  SATA  or  NL­SAS  Drives  or  above.  The  usable  capacity  is defined  as  the  Net  storage  capacity  available  for  the  application  stack,  after deducting the penalties imposed by storage infrastructure requirements, disk and  array  formatting,  RAID  penalties,  host  OS  and  file  system  formatting including overheads or any other penalties which eat away usable disk space. Drives offered for the above capacity can be of the H8ighest Capacity offered by the Vendor. 

 

The  NAS  Storage  System  should  support  Microsoft  Windows  Server2008, Windows  Server  2012, Windows  7, Windows  8,  Microsoft  HyperV,  VMWare ESX, RedHat Enterprise Linux, SuSE Enterprise Linux, HP‐UX,  IBM‐AIX, Citrix ZenServer, Solaris10 –x86 and SPARC   

 

9  The device should have the  following certifications ‐ FCC Class A or CE Mark for immunity against electromagnetic emissions. 

 

10 The device should have the following quality and safety standard certifications ‐  CAN/  CSAC22.2‐60950/UL60950  and  manufactured  under  a  ISO9000‐ registered quality system. 

 

viii. Centralized Dial 100 Command & Control Centre 

Sl. No  Description  Compliance 

1  The PBX should support ACD features with advanced call routing features.   2  The PBX   should support integrated IVRS to give instant announcement to 

the callers “This is Dial 100 Police control room, All calls are recorded for Investigation  and  future  reference  purpose”  and  should  place  the  call directly to the Call taker Through ACD. 

 

3  The  Call  Centre  should  have  one  Supervisor  to  provide  operational supervision and Statistical Data Reports. 

 

4  It  should  be  possible  to  expand  the  number  of  Call  Takers  up  to  150 including Dispatchers, CCD, Supervisors/ Managers. 

 

5  The Supervisor shall be responsible  for  the Operation and control of  the Call Centre. The following features shall be provided for Centralized Dial 100 Command & Control Centre Supervision. 

   

6  The Supervisor Package shall be able to provide Dynamic configuration of the ACD. The Supervisor shall operate in standard windows framework. 

 

7  Supervisor shall be able to set up the call Centre queue length, Queue Over flow  timing  based  on  the  time  of  the  day,  Traffic  conditions,  No.  of  Call Takers  present  etc. However,  since  it  is  highly  difficult  for  Call  Taker  to continuously  alter  the  parameters,  the  ACD  system,  intelligently  should change  the  maximum  queue  length  from  the  original  set  value  to  the appropriate  value  depending  on  the No.  of  Call  Takers  present.  The  call shall  be  routed  to  over  flow  destination  on  over  flow.  Bidder  need  to comply and also arrange live demonstration for this facility. 

 

8  The  ACD  system  should  capable  of  providing  the  initial  announcement and  wait  announcement  and  the  expected  wait  time  to  the  callers  by 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 95 of 100

calculating  the wait  time based on  the No. of Call Takers present, No. of position in the queue and the average conversation time of the Call Taker. This wait  time announcement shall be given to  the callers once  they are put  to Queue.  Firm need  to  comply and also  arrange  live demonstration for this facility. 

9  The ACD system shall provide at least 2 different messages to the waiting callers in between the music. Bidder need to comply and also arrange live demonstration for this facility. 

 

10  The ACD system should recognize the Call Taker by his PIN. PIN  shall be entered either in the Call Taker desktop PC or in the Phone. Bidder need to comply and also arrange live demonstration for this facility. 

 

11  The  system  shall  have  the  feature  to  accept &  respond  to  SMS  from  the people in distress through dedicated terminals & a technical plan for the same is to be shared by the Bidder. 

 

12  ACD  system  shall  be  configurable  for  a  Fixed  Clerical  time  for  all  Call Takers or individual Call Taker selectable Clerical time using the key. 

 

13  ACD  system  shall  allow  a  Pause  facility  for  the  Call  Takers.  Pause  time shall be either fixed for the whole system or shall be individual Call Taker selectable  using  the  key.  This  information  shall  be  displayed  in  the Supervisor’s Desktop. 

 

14  The  Supervisor  shall  be  able  to  provide  Real  Time  monitoring  and reporting of call patterns and call characteristics for planning. 

 

15  It  shall be possible  to provide Real  time displays  for all ACD groups  like Call  Takers,  Dispatch  Officers,  Case  Closing  Officers  etc.  Any  number  of views  can  be  opened  simultaneously  each  with  any  combination  of selected group and displayed information. 

 

16  The ACD Group real  time view shall provide actual  information  for each ACD  group  related  to  the  ACD  group  displaying  number  of  calls  in  the queue, current Calls, expected delay longest in queue etc.. 

 

17  A customizable Dashboard to be provided by the application to mark the VIP’s  and  the  defaulters  in  the  applications.  This  dashboard  should  be configurable. 

 

18  A Directory of VIP Telephone numbers will  be provided. On  receipt of  a call from a VIP, the call may be diverted to a particular Call Taker and also the color of the screen of that agent’s desktop should change to a different color. 

 

19  The Agent Group details shall show averages about a.  Queue      b.  ASA  (Average  Speed  of  Answer)        c.  Talk  time  d.  AHT (Average Handle Time)… etc in real time. 

 

20  It  should  be  possible  to  set  up  a  view  to meet  precise  actual  needs  and save it for future use without the need for any new setup procedure. 

 

21  It should be possible to define 1.Groups to be displayed 2.Histograms to be displayed 3.Average Values to be displayed 4.Time period to be used for statistical and trend graph calculation 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 96 of 100

22  It should be possible to display different Call Takers status with multiple histogram colors for on call, after call work, break, training, outbound and available Call Takers. 

 

23  The ACD Group view shall display Call Takers details with information as call  status,  connected number  and duration  in  status,  per  Call  Takers.  It shall also inform about the current call‐when did it start, how long did it ring, how long took talking state‐and it shall display statistical information for each Call Takers. 

 

24  When  several  Call  Takers  are  combined  to  form  Call  Takers  group,  Call Takers real time views shall be required. The screen shall show the status as well as the averages of ringing, talking, and clerical time as per selected agent  group.  The  supervisor  shall  define  the  type  of  average  display information.  Detailed  information  about  the  available  Call  Takers  per selected Call Takers group shall also be provided 

 

25  The  Call  Centre  Supervisor  reporting  system  shall  comprise  of  a  wide range of standard reports and enable the supervisor to specify individual parameter for reports.  In addition it should be possible to create macros of a series of reports and schedule the automatic generation of reports 

 

26  The following reports shall be required: (a) Call Centre performance Reports: 1.  Call  Takers  Reports‐queue  activity,  queue  performance,  call  code activity, completed call details, log on activity and performance 2.Group  Reports‐Abandoned  calls,  Call  Takers  Activity,  Call  Takers performance,  Call  Takers  log‐on  activity,  call  breakdown,  call  code activity, call handling, call wait, calls answered, short calls. 3. Queue Reports‐abandoned calls, Call Takers activity, Call Takers log‐on activity,  Call  Takers  performance,  call  breakdown,  call  code  activity,  call handling, and call waiting, answered calls, short calls, trunk utilization. 

 

ix. Features of DIAL 100 APPLICATION SOFTWARE 

Sl. No  Description  Compliance 

1  The  Bidder  shall  provide  Application  software  for  Automated  Call Distribution, Call Takers, Dispatch Officers, Case closing officers which  is customized to handle Police emergency. 

 

2  The software shall be in English.   3  It shall provide Command Entry and Menu selection   4  It shall provide multiple screen functionality   5  The Application Software should support hooking into the data base (Add, 

Edit, Delete Features etc)  

6  It should support transfer of voice and Data between stations   7  It  should  provide  application  to  dial  out  the  other  locations  like  fire, 

ambulance, railway Police etc  

8  It should provide On Screen Telephone features   9  It should provide compatibility with Voice Logging and retrieving system 

with archiving on any storage media  

10  It  shall  also  provide  different  report  generation which  shall  be  decided mutually during the system study and Design Reports/Data captured from 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 97 of 100

database to be made available by the end user. 11  The Application software should include multi level security options.   12  User  access  should  be  allowed  via  the  entry  of  valid  username  and 

password.   

13  Functionality available to the user will depend on the username (different levels of access based on the role) 

 

14  The Call Taker should be able to record the complaint / requests based on multiple issues. The application should prioritize the complaint / requests based on the nature of request received.  

 

15  The  request/complaint  should  have  template,  which  will  reduce  data entry operations for the call Taker. 

 

16  The  entry  of  data  into  certain  pre‐defined  fields will  be  permissible  for some users only. 

 

17  Provision should be made to give certain users access to the entire data or to the pre‐define area  

 

18  The  application  should  track  the  interaction  history  of  the  caller &  also duplicate calls on the same issue to avoid unwanted/duplicate dispatches. 

 

19  The  Bidder  should  provide  application,  integrated with  CTI/ACD  &  Dial 100 database 

 

20  The  application  should  be  fully workflow  integrated  for  the  escalations, notifications, alerts and response to the same. 

 

21  The application should provided with GUI and easily configurable.   22  The application should also capture the updates from all stages of the case 

on a real time basis & the same to be populated in the case history which should be available to the Call Taker to provide correct information to the follow up callers/ repeated callers. 

 

23  At any point of time it should be possible to monitor a request / Complaint of its status, duration of time in the current status, reassign & escalation of the case to the next higher level. 

 

24  Software should be able to capture & populate the caller location once the supporting technology is available. 

 

25  The  Call  Taker  should  be  able  to  capture  notes  with  respect  to  any Complaint that he / she handles. Moreover there should be fields to enter notes  by  PDO,  PS,  PCR,  Case  Closure  Desk,  Escalation  Officer  etc… separately 

 

26  Following are some sample MIS Reports required:‐ 1. Call Centre formats. 2. Crime wise Query Reports. 3. Area wise Call Reports. 4. Daily Report format. 5. Particular period / monthly / yearly report format. However, the design of  the  format  shall  be  finalized  during  customization  by  the  A.P  Police Dept. 

 

27  The application should have  the details & contact numbers of all  the PS, PCR, Railway Police etc to be incorporated based on the Police jurisdiction to enable quick & accurate. Case dispatch. 

 

28  The application should be dynamic in nature to make any amendment on   

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 98 of 100

a regular basis based on the evolving process requirement. 29  A  supervisory  application  to monitor  the  queue  statistics  of  call  takers, 

dispatch officers & case  closure officers on a  real  time basis  & ability  to generate all the reports required to manage & verify the queue efficiency. 

 

30  The application should have the option to escalate the cases at all levels & reassign the case from one jurisdiction to another. 

  

 31  A web based application need to be developed, that can be used by Police 

station, PCR & other Police officers concerned.   

32  This  web  application  should  be  accessible  through  AP  Police  intranet using relevant login credentials. 

 

33  The Web application should be fully integrated with the dial 100 database & call centre application enabling the online transfer of case details from call centre to the Police Stations, PCRs & vice versa. 

 

34  The  Web  application  should  have  relevant  fields  open  for  editing  / entering data based on the login credentials. Eg: PS Login, PCR Login, CCD Login, Escalation Login etc.. 

 

35  The Web application should have features based on login credentials. Eg: PCR  should  be  able  to  assign  the  case  back  to  PS,  reassign  the  case  to another PS etc.. 

 

36  The Web application should have multiple customizable  front end  filters for the user.  

 

37  The Web application should also show the case aging status of each case at every level with relevant color coding. 

 

38  The Web application should also have a customizable dashboard for every user. 

 

39  The Web  application  should  have  the  features  to  have  alerts,  alarms  & view all historical data. 

 

40  There should be escalation options for every case at all levels.   41  The  Application  should  have  feature  of  SMS  alerts  and  the  application 

should auto generate the SMS which is to be sent to respective PCR, Police Station on transfer of the case to them in the application. SMS to be sent to the  caller  (incase  call  received  from  mobile)  capturing  the  case  ID,  PS name and PS phone number to which the case is assigned. 

 

42  The Case  ageing  option need  to  available  for  all  the  cases  and  based  on this,  automatic  escalation  of  these  cases  to  Circle  Office/Sub  Division Office/ SP Office/Range Office and Chief Office needs to be incorporated 

 

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 99 of 100

Glossary RFP  Request for ProposalCDMA  Code division moultiple accessGSM  Global system for MobilesGIS  Geographical Information SystemGPS  Global Positioning SystemGPRS  General Packet Radio ServiceVDU  Vedeo Display UnitSPV  Special Purpose VehicleMoU  Memorandum of UnderstandingPCS & S  Police Computer Service & StanderdizationPDO  Police Dispatch OfficerACD  Automatic Call Distribution EPABX/PBX  Electronic Private Branch ExchangeIVRs  Intaractive Voice Response SystemQMS  Quality Management SystemPRI  Primary Rate InterphaseCTI  Coputer Telephony InterphasePS  Police Station PCR  Police Control RoonSOP  Standerd Operating ProcedureMPLS  Multy Protocall Line Switching MLL  Managed Leazed LinesAV  Anti Virus AC  Alternative CurrentAC  Air ConditionerUPS  Un Intrrupted Power SupplyLAN  Local Aerea NetworkCAT6 Cable  Category 6 CableLoI  Letter of IntentPA System  Public Address SystemLCD  Liquid Crystal DisplayCCTV  Closed Circuit TelivisionNVR  Network Vedeo RecorderGoAP  Governament of Andhra PradeshBOM  Bill Of MaterialAMC  Annual Maintenance ContractIT  Income Tax QoS  Quality of ServiceIP  Internet ProtocallCLI  Caller Line IdentificationCCD  Call Closure DeskISDN  Intigrated Switch Digital NetworkPCM  Puls Code ModulationTDM  Time Division MultiplexingLED  Light Emitting DiodeCAD  Computer Aid DisignGUI  Graphiccal User InterphaseCUG  Comon User GroupSHO  Station House Officer

Confidential and Proprietary

RFP- Identification of Agency for Setting up of  “Centralized Dial 100 Command & Control Centre” at State HQ, Hyd. 

apts: One Stop-Shop Solution provider for e-Governance. Page: 100 of 100

AVLS  Automatic Vehicle Location SystemDMR  Digital Mobile RadioIMEI No  International Mobile equipment Identification No.SMS  Short Message ServiceAVTMS  Automatic Vehicle Tracking Management SystemVMU  Vehicle Mounted UnitSIM  Subscriber Identification ModuleVIP   Very Important PersonCD  Compat Disk OEM  ORIGINAL Equipment ManufactarerJV  Joint Venture EMD  Earnest Money Depost

--End of Document --