REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure...

71
REQUEST FOR PROPOSAL RFP Number and Title: #17024 Custodial Services Posting Date: August 10, 2016 RFP Due Date & Time: 10:00 AM, Friday, September 30, 2016 RFPs received after this time and date will not be accepted Florida Tax Exempt #858012621827C2 A 188126 (Federal) FEID 596000557 Individuals covered by the Americans with Disabilities Act of 1990 in need of accommodations to attend public openings or meetings sponsored by the School District shall contact the Purchasing Department at (239) 3770047, at least five (5) business days prior to the scheduled opening or meeting. Proposer Acknowledgement This acknowledgement MUST be completed, signed and returned with RFP. Failure to do so will be cause for rejection of RFP. Company Name: Phone #: Fax #: Street Address: City: State: Zip Code: EMail Address: Website (optional): I certify that this proposal is made without prior understanding, agreement or connections with any corporation, firm or person submitting a bid for the same materials, supplies or equipment, and is in all respects fair and without collusion or fraud. I agree to abide by all conditions of this bid and certify that I am authorized to sign this proposal for the bidder. In submitting a proposal to Collier County Public Schools (CCPS) the bidder offers and agrees that if the proposal is accepted, the bidder will convey, sell, assign or transfer to CCPS all rights, title, and interest in and to all causes of action it may now or hereafter acquire under the Antitrust laws of the United States and the State of Florida for price fixing relating to the particular commodities or services purchased or acquired by CCPS. At CCPS’s discretion, such assignment shall be made and become effective at the time CCPS tenders final payment to the bidder. X Authorized Signature (Manual) Date Typed / Printed Name Title NO BID: I hereby submit this as a “NO BID” for the reasons checked below: 1. Specifications were unclear or restrictive 6. We do not offer the product or service requested 2. Our schedule will not permit us to respond 7. Cannot supply at this time. 3. Could not meet specifications 8. Cannot meet delivery schedule 4. Terms & Conditions were unclear or restrictive 9. Other/Remarks: 5. Could not meet Insurance requirements All PROPOSALS shall be submitted in a sealed envelope / package and clearly labeled as follows: “SEALED RFP #17024 Custodial Services 10:00AM, Friday, September 30, 2016” BIDDER NAME BIDDER ADDRESS, CITY, STATE, ZIP CODE BIDDER PHONE # BIDDER EMAIL ADDRESS

Transcript of REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure...

Page 1: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

 

 

REQUEST FOR PROPOSAL 

RFP Number and Title: 

#17‐024 Custodial Services Posting Date:

August 10, 2016  

RFP Due Date & Time: 

10:00 AM, Friday, September 30, 2016 RFPs received after this time and date will not be accepted 

Florida Tax Exempt #85‐8012621827C‐2 A 188126 (Federal) FEID 59‐6000557 

Individuals  covered by  the Americans with Disabilities Act of 1990  in need of  accommodations  to  attend public openings or meetings sponsored by  the School District shall contact  the Purchasing Department at  (239) 377‐0047, at  least  five  (5) business days prior  to  the scheduled opening or meeting. 

Proposer Acknowledgement 

This acknowledgement MUST be completed, signed and returned with RFP.  Failure to do so will be cause for rejection of RFP. 

Company Name:    

Phone #:

Fax #:

Street Address:  

City: 

State: Zip Code: 

E‐Mail Address:  Website (optional): 

I certify that this proposal is made without prior understanding, agreement or connections with any corporation, firm or person submitting a bid for the same materials, supplies or equipment, and is in all respects fair and without collusion or fraud.  I agree to abide by all conditions of this bid and certify that I am authorized to sign this proposal for the bidder.  In submitting a proposal to Collier County Public Schools (CCPS) the bidder offers and agrees that if the proposal is accepted, the bidder will convey, sell, assign or transfer to CCPS all rights, title, and interest in and to all causes of action it may now or hereafter acquire under the Anti‐trust laws of the United States and the State of Florida for price fixing relating to the particular commodities or services purchased or acquired by CCPS.   At CCPS’s discretion, such assignment shall be made and become effective at the time CCPS tenders final payment to the bidder. 

 

X                     Authorized Signature (Manual)  Date 

 

                  Typed / Printed Name  Title 

 

NO BID: I hereby submit this as a “NO BID” for the reasons checked below: 

  1. Specifications were unclear or restrictive    6.  We do not offer the product or service requested 

  2. Our schedule will not permit us to respond    7.  Cannot supply at this time. 

  3. Could not meet specifications    8.  Cannot meet delivery schedule 

  4. Terms & Conditions were unclear or restrictive    9. Other/Remarks: 

  5. Could not meet Insurance requirements     

 

All PROPOSALS shall be submitted in a sealed envelope / package and clearly labeled as follows:   

“SEALED RFP #17‐024 Custodial Services  10:00AM, Friday, September 30, 2016” BIDDER NAME BIDDER ADDRESS, CITY, STATE, ZIP CODE BIDDER PHONE # BIDDER E‐MAIL ADDRESS   

Page 2: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 2 

 

Pre‐Bid Conference  

There is a mandatory pre‐bid conference on Tuesday, August 30, 2016.  The conference will begin at 10:00am at:  The Dr. Martin Luther King, Jr. Administration Building 1st Floor, Conference Room #1‐103 5775 Osceola Trail Naples, FL 34109 

 There will be discussion on the overall general description of the RFP, bidding process, description of expectations and a brief question and answer period.   A walkthrough of an existing site or sites may be performed to demonstrate the level of service that is expected.  Sites of the walkthrough will be determined by CCPS and will be immediately following the pre‐bid conference.  RFPs will be accepted ONLY from those contractors who are present or have a representative present at the pre‐bid conference.  Failure to attend shall be cause for rejection of proposal.  No exceptions will be made.    

 Section 1 ‐ General Conditions & Instructions ***PLEASE READ CAREFULLY*** Failure to meet the following instructions may be cause for rejection of proposal.  CONE OF SILENCE DURING COMPETITIVE SELECTION PROCESS A cone of silence  is hereby established for all competitive selection processes  including  Invitations to Bids (RFP), Request  for  Quotes  (RFQ),  Request  for  Proposals  (RFP),  Request  for  Qualifications  (RFQu),  and  Invitations  to Negotiate (ITN) for the provision of goods and services. The cone of silence is designed to protect the integrity of the procurement process by shielding  it from undue  influences prior to the recommendation of contract award. This cone of silence shall be imposed on these procurements after advertisement of same. See Attached Board Policy 6324.  

1.1 Definitions For the purpose of this Request for Proposal (RFP) and evaluation to responses, the following shall apply: written matter shall prevail over typed matter; numbers spelled in word form shall prevail over Arabic numerals (“one” over “1”). The word “shall” is always mandatory and not merely directory.  Furthermore, the following words and phrases shall have these meanings: a. “District” or “CCPS” shall mean The School District of Collier County, Florida (collier County Public Schools) b.  “Bidder”/“Proposer” shall mean any person, firm or corporation who submits a bid pursuant to this RFP. c. “SEM”  shall mean  The  School District of Collier County,  Florida,  Safety &  Environmental Management 

Department. d. “Contractor”  shall mean  the  successful  bidder, whether  a  corporation,  partnership,  individual  or  any 

combination thereof, and its, their or his successors, personal representatives, executors, administrators, and assignees. 

 1.2 RFP Submissions 

a. Proposals not conforming to the instructions provided herein will be subject to disqualification at the sole option of CCPS. 

 b. The proposer, by submitting a proposal represents that: 

 

i. It has  read and understands  the RFP  in  its entirety and  that any Proposal  submitted  is made  in accordance therewith; 

Page 3: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 3 

ii. It possesses the capabilities, resources and personnel necessary to provide efficient and successful service to CCPS 

iii. It has made all investigations and examinations necessary to ascertain site and/or local conditions and requirements affecting the performance of the contract. If bidder receives an award, failure to have made  any  necessary  investigation/examination will  in  no way  relieve  the  bidder  from  its obligations to comply with this RFP, nor will it be a basis for any claim for additional compensation or relief. 

 c. All proposals shall be submitted in a sealed envelope / package and clearly labeled PER THIS RFP. 

 d. Any proposal received after the stated time and date, will be rejected and may be returned unopened to 

the proposer(s).  

e. All  proposals  shall  be  typed  or written  in  ink  and  utilize  attached  forms where  applicable.  All  spaces requesting information shall be completed.  

f. RFP shall contain a manual signature  in the space(s) provided of an officer/representative authorized to legally bind the proposer of any and all conditions and provisions herein. All signatures and initials must be in ink. The use of erasable ink or pencil is not permitted.    

g. One  (1) manually  signed  original, with  all  proper  documentation  of  the  RFP/documentation must  be submitted.  (Please note that it is not necessary to return every page of this RFP with the proposal; return only the pages that require information or signatures and all necessary back‐up documents).  

h. Six (6) electronic copies of submittal with any and all documentation of proposal must be submitted on six (6) separate Flash Drives.   Please note the RFP # and/or name of proposer on any drive.    If confidential materials are submitted, bidder may submit an additional drive with confidential material  in a separate sealed envelope and label with RFP #, name of bidder and “CONFIDENTIAL”.  

i. RFPs may be hand delivered to the Business Office, Purchasing Department, 5775 Osceola Trail, Naples, Fl 34109,  forwarded  by  United  States  Mail,  or  other  delivery  service  available.  CCPS  disclaims  any responsibility for proposals forwarded by the U.S. Mail or other delivery service and received beyond the proposal‐opening deadline.   

j. Neither CCPS nor its representatives shall be liable for any expenses incurred in connection with preparation of  a  response  to  this  RFP.    Bidder(s)  should  prepare  RFP’s  simply  and  economically,  providing  a straightforward and concise description of its ability to meet the requirements of the RFP.  

k. The use of correction fluid or erasures to correct line item bid prices and/or quantities are not acceptable.  Corrections must be by strikethrough (strikethrough) of the incorrect figure(s), writing in of correct figure(s) and  initialing of  the  correction(s) by  the originator.   Correction  fluid of  erasure  corrected bids will be considered non‐responsive for the corrected items only. 

 1.3 RFP Opening and Analysis 

a. RFPs will be publicly opened in the Purchasing Department, read aloud and recorded at the time and date indicated within RFP.   Bidder(s) may, but are not required  to attend.   CCPS will not announce prices or release other materials pursuant to 119.07 Florida Statutes; only the names of the responding firm(s) and their locations will be read.  

b. RFPs will be analyzed, tabulated, and recommendations for award, which the Superintendent  intends to make to the School Board or the Purchasing Department intends to make for projects less than $50,000, will  be  posted  by  tabulation  sheet  at  the  School District  of  Collier  County, Dr. Martin  Luther  King,  Jr. Administrative Center, Purchasing Department, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109‐09919, as well as 

Page 4: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 4 

on‐line at CCPS’s website: www.collierschools.com/purchasing and at www.demandstar.com.  Notification to all bidder(s) will be made by fax or e‐mail.  Date and time stamp from the Purchasing Department’s fax machine or date and time of e‐mail posting, will constitute the time of notification.  

c. Proposers who feel they will be adversely affected by the recommendation(s) may protest under provisions of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto.   Failure to file a protest within the time prescribed  in Florida Statutes 120.57(3) will constitute a waiver of proceedings under Chapter 120, Florida Statute. 

 1.4 Interpretation and/or Modifications to the RFP / Inquiries / Addenda 

a. It  is  incumbent upon each bidder to carefully examine all specifications, terms and conditions contained within the RFP and to fully understand all items hereto.  

b. No  interpretation of the meaning or contents of the RFP, no correction of any actual or apparent error, ambiguity, and inconsistency therein, shall be made to any proposer orally.  Every request for interpretation or any questions regarding the RFP, whether technical, procedural or otherwise, shall be made in writing, addressed  to  the  respective  Purchasing Department  employee  below.  Requests may  be  submitted  by facsimile, electronic mail, USPS or other regular mail delivery service as follows:  

District Contact:  David Nara, Director of Purchasing Street Address:  PURCHASING DEPARTMENT 

5775 Osceola Trail, Naples, FL 34109  Facsimile Number:   (239) 377‐0047 Electronic Mail:  [email protected]  

 c. All requests, questions and  inquiries shall be received at  least seven (7) business days, unless otherwise 

stated within this RFP, prior to the due date.  

d. Any  and  all  written  inquiries  received  will  be  compiled  and  official  responses  will  be  developed  by appropriate CCPS employees.   The compilation of written questions and  their official  responses will be issued solely by the Purchasing Department  in the form of an e‐mail, memorandum or an Addendum (if necessary)  and  posted  on  CCPS’s  website:  www.collierschools.com/purchasing  and  on www.demandstar.com. Bidder  should ensure  that all addenda and amendments  to  the RFP have been received prior to submitting its response.  

e. It is the responsibility of the bidder(s) to make sure they have all addenda associated with this RFP. Addenda will be posted on CCPS’s website: www.collierschools.com/purchasing and on www.demandstar.com, and may be e‐mailed,  faxed and/or made available upon request.   CCPS  is not responsible to e‐mail or mail addenda directly to potential bidders.  Any and all addenda issued shall be acknowledged by signature and returned with RFP, unless otherwise  instructed on  the Addenda.   Failure  to acknowledge addenda may result in rejection of bid.     

f. Only  interpretations,  supplemental  instructions,  and  corrections  so  given  in writing  by  the  Purchasing Department representative shall be binding.  Proposer(s) and Prospective Contractor(s) are advised that no other source is authorized to give interpretations, supplemental instructions, corrections, or information concerning,  explaining,  or  interpreting  the  RFP.    Any  verbal  interpretation/modification  will  not  be considered part of this RFP and therefore, CCPS will not be held accountable.   The  issuance of a written addendum is the only official method by which interpretation, clarification or additional information can be given.  

g. Additional  information  acquired  by  any  other means  shall  not  be  utilized  in  the  configuration  of  any vendor’s  proposal  and  shall  not  be  considered  in  the  evaluation  of  proposals  submitted  and  shall  be considered  inadmissible  in proposal dispute proceedings.  Proposers may be disqualified who  solicit or 

Page 5: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 5 

receive (even if unsolicited) additional information regarding this RFP by any other means than the process described herein.  

h. No addendum will be issued later than three (3) calendar days prior to the due date, except an addendum withdrawing the RFP or one that includes postponement of the date for receipt of bids.  

1.5 Funding Out/ Termination / Cancellation a. Florida Laws prohibit Public Employers from creating obligations in anticipation of budgeted revenues from 

one fiscal year to another without year‐to‐year extension provisions in the agreements.   

b. It  is necessary  that  fiscal  funding out provisions be  included  in all proposals  in which  the  terms are  for periods longer than one (1) year.  

c. The  following  funding out provisions are an  integral part of  this proposal and must be agreed  to by all respondents:  

CCPS may, during the contract period, terminate or discontinue the services covered in this proposal at the end  of  CCPS’s  then  current  fiscal  year  upon  ninety  (90)  days  prior  written  notice  to  the  successful respondent. Such written notice will state: 

 

i. That the lack of appropriated funds is the reason for termination, and ii. “This written notification will  thereafter  release CCPS of all  further obligations  in any way 

related to the services covered herein.” iii. The Funding Out statement must be included as part of any agreement. No agreement will be 

considered that does not include this provision for “funding out.”  

1.6 RFP Withdrawal Any proposal may be withdrawn prior to the date and time the proposals are due. Any proposal not withdrawn will constitute an irrevocable offer, for a period of ninety (90) days, to provide CCPS with the services specified in the proposal, subject to Board approval of a contract mutually agreeable to both parties. Proposer agrees to good faith negotiations on a contract document and pricing if necessary. 

 1.7 RFP Rejection 

a. CCPS reserves the right to reject any and all proposals, in whole or in part, and to waive any and all proposal irregularities,  formalities and/or technicalities.   Furthermore, CCPS reserves the right to re‐advertise  for other proposals or to bid separately any projects deemed to be in the best interest of CCPS.  

b. CCPS reserves the right to reject non‐conforming proposals.  

c. CCPS reserves the right, prior to approval, to cancel the RFP or portions thereof, without penalty.  

1.8 Unreasonable Bid  CCPS is not bound to accept any bid, quote or proposal it may receive under this RFP.  In addition, CCPS will reject submittals which are considered to have been priced unreasonably low and will determine the vendor to be Non‐Responsive.  Unreasonable low pricing shall be at the determination of CCPS.  

1.9 Non‐Exclusive Contract  Any contract award(s) resulting from this RFP shall not be construed as an exclusive means for CCPS to acquire services, equipment, supplies or maintenance as outlined in this RFP.  CCPS reserves the right, during the term of this contract, to issue separate formal and/or informal competitive solicitations for the acquisition of these services or commodities. Furthermore, CCPS reserves the right to enter  into purchase agreements for these commodities/services based on awards made by the State of Florida, other governmental entities, other CCPS awards or contracts available through national purchasing alliances. 

Page 6: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 6 

 1.10 Termination of Contract  

a. In the event the successful contractor violates any of the provisions of the contract, CCPS may serve written notice upon such bidder of its intention to terminate the contract.  Such notice is to state the reasons for intention to terminate the contract, and, unless ten (10) days after serving such notice upon the bidder, such violation(s) cease and satisfactory arrangements  for correction are made,  the contract shall, upon expiration of said ten (10) days, cease and terminate, but the liability of such bidder and his surety for any and all such violation(s) shall not be affected by any such termination.   CCPS  may  immediately  terminate  contract  for  any  blatant  violations  or  continual  non‐performance/violation.  

b. CCPS reserves the right to terminate any contract resulting from this RFP, with or without cause, at any time, upon giving thirty (30) days prior written notice to the awarded contractor(s). If said contract should be  terminated  for  convenience  as  provided  herein,  CCPS will  be  relieved  of  all  obligations  under  said contract.  CCPS will  only  be  required  to  pay  to  the  contractor(s)  that  amount  of  the  contract  actually performed to the date of termination.  

c. In the event the Contractor wishes to terminate the contract, it must submit its request in writing to the Purchasing Department.  Request must give a 60‐day notice of cancellation and should list any reasons why contract is being terminated.  Failure to give proper notice may result in the withholding of monies owed or  reduction  of monies  owed  for  any  expense  incurred  from  failure  to  submit  proper  notification  of cancellation.  

d. Upon cancellation hereunder, CCPS may pursue any and all legal remedies as provided herein and by law.  

1.11 Additional Terms CCPS reserves the right to reject offers or proposals containing alternative terms or conditions, or additional terms and conditions contradictory to those requested in the RFP. 

 1.12 Content of RFP/Bidder Response 

The  contents  of  this  RFP,  all  terms,  conditions,  specifications,  and  requirements  included  herein  and  the accepted and awarded response thereto will be incorporated into an agreement to purchase and become legally binding. Any terms, conditions, specifications, and/or requirements specific to the  item or service requested herein shall supersede the requirements of the “GENERAL CONDITIONS & INSTRUCTIONS.”  

1.13 Joint Proposal  a. In the event multiple proposers submit a joint proposal in response to the RFP, a single proposer shall be 

identified as  the Prime Vendor.    If offering a  joint proposal, Prime Vendor must  include  the name and address  of  all  parties  of  the  joint  proposal.    Prime  Vendor  shall  provide  all  bonding  and  insurance requirements, execute any Contract, complete the REQUIRED SIGNATURE PAGE shown herein, and have overall  and  complete  accountability  to  resolve  any  dispute  arising within  this  contract.   Only  a  single contract with one proposer shall be acceptable.   Prime Vendor responsibilities shall  include, but not be limited  to, performing of overall  contract administration, preside over other proposers participating or present at District meetings, oversee preparation of reports and presentations, and file any notice of protest and final protest as described herein.  Prime Vendor shall also prepare and present a consolidated invoice(s) for services performed.   

b. CCPS shall issue only one check for each consolidated invoice to the Prime Vendor for services performed. Prime Vendor shall remain responsible for performing services associated with response to this RFP.

Page 7: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 7 

1.14 Pricing a. All pricing submitted will be firm for the duration of the contract, unless otherwise stated or negotiated 

with this RFP.  

b. Pricing  shall be based on  FOB Collier County,  Florida  and will  include all packaging, handling,  shipping charges, and delivery to any point within Collier County, Florida to a secure area or inside delivery.   

c. CCPS is exempt and does not pay Federal Excise and State of Florida Sales taxes. Certificate of exemption available upon request.  

d. Any and all orders issued by a CCPS site, will fall under this RFP and therefore receive all pricing, discounts and benefits as such.  

e. Any discrepancy or error in bid pricing, the unit price will govern.  All calculation errors will be recomputed by the Purchasing Department.  

1.15 Order Placement, Purchase Orders and Procurement Cards  Award does not constitute any order(s).  After approval of an award has been made of this RFP, CCPS will place orders utilizing one of the following procedures:  a. CCPS issued purchase orders (blanket or normal): Purchase orders will be either a blanket purchase order 

to cover a specific period of time and dollar amount for multiple purchases against it, or will be for specific items.    

b. Procurement Card: Sites or departments may place orders utilizing a CCPS issued procurement card.  Only authorized staff will be allowed to submit orders via the procurement card.  

c. School/Site based  internal account purchase order:   A specific site or school will  issue a purchase order through the site’s bookkeeper and will be processed at the school level. Please note that schools may vary in their ordering and payment procedure. 

 Contractor(s) shall not provide any items or services, on any CCPS initiated order without one of the above ordering methods.    It will be the responsibility of the Contractor to fully understand the order and how and when  to process according  to how  the order  is placed.   Failure  to allow orders placed by any of  the above methods may be cause for rejection of bid and/or termination of contract.  

1.16 Invoicing & Payment a. The  contractor  will  be  required  to  submit  invoices  as  it  supplies/services  CCPS.    All  invoices  and 

correspondences shall be legibly written, typed, or computer generated and dated.  

b. All invoices shall reference a valid/current purchase order number.  Failure to provide a current purchase order will be cause for delay in payment or non‐payment.  

c. Invoices and statements shall be mailed directly to:   

  Collier County Public Schools   Accounts Payable Department   5775 Osceola Trail   Naples, Florida 34109  

d. Invoices shall reference an incident or work order number when applicable.  

Page 8: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 8 

e. The contractor shall issue separate invoices for each purchase order number unless special instructions are given.  Partial payment shall not be made unless specified.   

f. Payment will be made within thirty (30) days after acceptance of the invoice.  

g. Invoices which do not reference valid purchase order numbers or which are erroneous (incorrect pricing, additional fees, incorrect purchase order) may be returned to Contractor for resolution.  Payment will not be made until all discrepancies are corrected and approved.  

h. All invoices will be itemized to reflect all rates or discounts per this RFP.  Failure to provide itemized invoices will be cause for delay in payment or non‐payment.    

1.17 Conflict of Interest  The award hereunder is subject to the provisions of Chapter 112 Florida Statutes.   Bidder shall complete Exhibit A – “Conflict of  Interest Statement” attached hereto and  submit with proposal.   Failure  to provide  shall be grounds for rejection of proposal. 

 1.18 Hold Harmless & Indemnification Agreement  

Contractor  shall  indemnify,  save  harmless  and  defend  CCPS,  its  appointed  officials,  its  employees,  agents, volunteers and others working on behalf of CCPS, from and against any and all claims, losses, costs, attorney’s fees, damages, or  injury  including death and/or property  loss, expense claims or demands arising out of or caused or alleged to have been caused in any manner by a defect in any equipment or materials supplied under this Contract or by the performance of any work under this Contract, including all suits or actions of every kind or description brought against CCPS, either  individually or  jointly with Contractor  for or on account of any damage or injury to any person or persons or property, caused or occasioned or alleged to have been caused by, or on account of, the performance of any work pursuant to or in connection with this Contract, or through any negligence or alleged negligence  in safeguarding the work area, or through any act, omission or fault or alleged act, omission or fault or alleged act, omission or fault of the Contractor, its employees, Sub‐contractors or agents or others under the Contractor’s Contract.  

1.19 Protection of Property  The contractor shall at all times guard CCPS property against damage or loss to property. The contractor shall replace any loss; repair any damage to CCPS property, attainable to the contractor or its associate(s).  CCPS may withhold payment or make such deductions, as it might deem necessary to insure reimbursement for loss or damage to property through negligence of the Contractor.  

1.20 Safety Standards  a. All contractors performing services for CCPS are required and shall comply with all OSHA, State and County 

Safety  and Occupational Health  Standards  and  any other  applicable  rules  and  regulations.   The bidder warrants that the products/services supplied to or performed for CCPS shall conform in all respects to the standards set forth  in the Occupational Safety and Health Act, as amended.   Failure to comply with this condition will be cause for termination of contract.  

b. Contractors shall insure the safety of its employees, building occupants, and the environment throughout the course of the contract for any and all CCPS projects.  

c. Contractors shall be responsible for the safety of their employees and any unsafe acts or conditions that may cause  injury or damage to any persons or property within and around the work site, and  insure  its employees have received safety equipment training, to include individual health protection measures, and manufacturer’s product and safety data sheets  (SDS) as required  for  the work by the U.S. Occupational Safety and Health Administration, and as described by this specification.   

d. The Contractor shall be responsible for instructing and training their employees in all safety measures. 

Page 9: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 9 

 e. Contractor shall determine the need  for and provide  its personnel with any and all protective or safety 

items required for the safe performance of work. Protective clothing, equipment, and devices shall, at a minimum,  conform  to  U.S.  Occupational  Safety  and  Health  Administration  (OSHA)  standards  for  the products being used.  Failure to comply will be grounds for termination of contract.  

f. All equipment used by the Contractor shall be maintained in safe operating condition at all times, and be free  from defects or wear  that may  in any way  constitute a hazard  to any person or persons on CCPS property  

1.21 Warranty a. Proposer agrees that, unless otherwise specified, the product and/or service furnished as a result of this 

RFP and award thereto, shall be covered by the most favorable commercial warranty the Proposer gives to any customer for comparable quantities of such products and/or services and that the right and remedies provided herein are in addition to and do not limit any rights afforded to CCPS by any other provision of the RFP.    

b. Contractor warrants to that all materials and equipment furnished under this contract will be NEW unless otherwise  specified,  and  that  all  work  will  be  of  good  quality,  free  from  faults  and  defects  and  in conformance with  the RFP. All work not conforming  to  these  requirements,  including  substitutions not properly approved and authorized, may be considered unacceptable. If required by CCPS, Contractor shall furnish  satisfactory  evidence  of  the  kind  and  quality  of materials  and  equipment  used  to meet  the requirements of the proposal.  

c. During the warranty period, the Contractor must repair and/or replace any faulty item without cost to CCPS, with the understanding that all replacements shall carry the same warranty as the original equipment. The Contractor  shall make  any  such  repairs  and/or  replacements  immediately  upon discovery  or  receiving notice from CCPS staff. The Contractor further warrants that the item(s) and or services provided are fit, and otherwise conforming, for the purpose(s) intended by CCPS.  

1.22 Convicted Vendor List Proposers shall be aware of the provision of paragraph (2)(a) of Section 287.133, Florida Statutes which reads as follows: “A person or affiliate who has been placed on the convicted vendor list following a conviction for a public entity crime, may not submit a bid on a contract to provide any goods or services with a public entity for the construction or repair of a public building or public work, may not submit bids on leases of real property to a public entity, may not be awarded or perform work as a contractor, supplier, subcontractor, or consultant under a contract with any public entity, and may not transact business with any public entity in excess of the threshold amount provided in section 287.017, for CATEGORY TWO for a period of 36 months from the date of being placed on the convicted vendor list.”  

1.23 Discrimination  An entity or affiliate who has been placed on the discriminatory vendor  list may not submit a proposal on a contract to provide goods or services to a public entity, may not submit a proposal on a contract with a public entity for the construction or repair of a public building or public work, may not submit proposals on leases of real property to a public entity, may not award or perform work as a contractor, supplier, subcontractor, or consultant under contract with any public entity, and may not transact business with any public entity.  

1.24 Bullying & Harassment Vendor, contractor and all affiliates agree to abide by provisions of Board Policy 5517.01 for non‐tolerance of bullying and harassment of all students and employees.    

Page 10: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 10 

1.25 Unauthorized/Illegal Aliens  CCPS shall consider the employment by any Contractor of unauthorized/illegal aliens in violation of Section 274A of the Immigration and Nationality Act.  Such violation shall be cause for immediate termination of contract (s).  Furthermore, bidder shall complete the attached Exhibit B ‐ “Contractor’s Affidavit Concerning Illegal Aliens” and submit with proposal.  Failure to complete this affidavit will be cause for rejection of RFP. 

 1.26 Debarment 

All  contractors  receiving  individual  awards,  using  federal  funds,  and  all  subcontractors;  certify  that  the organization and  its principals are not debarred, suspended, proposed for debarment, declared  ineligible, or voluntarily excluded by any Federal department or agency from doing business with the Federal Government.   Bidder  shall complete  the attached Exhibit C  ‐ “Debarment Form” and  submit with  its proposal.   Failure  to complete will be cause for rejection of bid.  Instructions are also attached.  

1.27 Smoke and Tobacco Free Environment  Pursuant to School Board Policy No. 1215, 3215, 4215, 5512 and 7434, all of CCPS facilities are declared smoke and tobacco free.   The smoking of any substance, or the use of any tobacco product, to  include, but not be limited  to,  cigars,  cigarettes, pipes,  chewing  tobacco,  snuff or any other matter or  substance  that  contains tobacco, is strictly prohibited on any CCPS site, which includes all interior and exterior spaces within the property boundaries.   Violations of this policy will result  in the removal of said violator from the property.   Repeated violations may result in the termination of contract.  

1.28 Drug‐Free Workplace Certification CCPS supports and encourages initiatives to keep the workplace of Florida’s suppliers and contractor’s drug free.  In cases where identical tie bids are received, preference shall be given to a proposal received from a vendor that certifies  it has  implemented a drug‐free workforce program.    If applicable, bidder shall sign and submit Exhibit D ‐ “Drug‐Free Workplace Certification”, attached hereto, to certify that the respondent has a drug‐free workplace program.  

1.29 Possession of Weapons & Other Destructive Devices a. Possession of weapons and other destructive devices will not be tolerated on any CCPS property (except 

authorized  law  enforcement  personnel,  or  persons  pre‐approved  by  the  Superintendent).    The  term "weapon"  and/or  "destructive  device" means  any  object which,  in  the manner  in which  it  is  used,  is intended  to be used, or  is  represented,  is  capable of  inflicting death,  serious bodily  injury, or property damage, as well as endangering the health and safety of persons. Weapons and destructive devices include, but are not limited to, firearms, guns of any type, bombs, explosive, explosive devices, poison gas, knives, razors, clubs, electric weapons, metallic knuckles, martial arts weapons, ammunition, or any other category of weapon and/or destructive device as set forth in F.S. 790.001.  

b. CCPS prohibits anyone from keeping any weapon or firearm in a private vehicle on school property, even if weapon/firearm stays in the vehicle, is securely encased and is not readily accessible for immediate use, except as authorized in support of school‐sanctioned and supported activities including, but not limited to, property leased, owned, or contracted for by CCPS, a school‐sponsored event, or in a CCPS vehicle  

c. If any employee of an independent contractor or sub‐contractor is found to have brought a firearm on CCPS property,  said  employee will  be  terminated  from  the  project  by  the  independent  contractor  or  sub‐contractor.  If the subcontractor fails to terminate said employee, the sub‐contractor's agreement with the independent contractor for the project shall be terminated. If the independent contractor fails to terminate said employee or  fails  to  terminate  the agreement with  the  sub‐contractor who  fails  to  terminate  said employee, the independent contractor's agreement with CCPS shall be terminated.  

   

Page 11: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 11 

1.30 Force Majeure  The contractor(s) shall not be held responsible for failure to perform the duties and responsibilities imposed by the contract due to legal strikes, fires, riots rebellions and acts of nature beyond the control of the contractor(s), unless otherwise specified.  

1.31 Public Records  a. Pursuant to subsection 119.071(1)(b) Florida Statutes, 2013 “sealed bids, proposals or replies received by 

the District pursuant to a competitive solicitation are exempt from the Public Records Act (Chapter 119) and Section 24(a), Article 1 of the Florida Constitution until such time as the District provides notice of an intended decision or until thirty (30) days after opening the bids, proposals, or final replies, whichever is earlier.”  

b. All bid documents or other materials  submitted by  the Bidder  in  response  to  this RFP will be open  for inspection, upon request, by any person and in accordance with Chapter 119, Florida Statutes.  Only trade secrets as defined in Section 812.081, Florida Statute shall be exempt from disclosure.  

c. CCPS has the right to use any or all documents, submittals,  ideas presented  in any response to this RFP.  Selection or rejection of any submittal does not affect this right.  

d. If CCPS  rejects or cancels RFP and  intends  to  reissue,  then all bids, proposals or  replies  submitted, will remain exempt from public records, and may be returned unopened.  

e. Per Florida Law, Contractor shall also maintain any and all records, and must: i. Keep and maintain public records that ordinarily and necessarily would be required by the 

public agency in order to perform the service; ii. Provide the public with access to public records on the same terms and conditions that the 

public agency would provide the records and at a cost that does not exceed the cost provided in this chapter or as otherwise provided by law; 

iii. Ensure that public records that are exempt or confidential and exempt from public records disclosure requirements are not disclosed except as authorized by law; 

iv. Meet  all  requirements  for  retaining public  records  and  transfer,  at no  cost,  to  the public agency all public records in possession of the contractor upon termination of the contract and destroy any duplicate public records that are exempt or confidential and exempt from public records disclosure  requirements. All  records  stored electronically must be provided  to  the public agency in a format that is compatible with the information technology systems of the public agency.  

If the Contractor has questions regarding the applicability of Chapter 119, Florida Statutes, to the Contractor’s duty to provide public records relating to this contract, contact Ms. Donna Woods, Coordinator, Technology Department [email protected] (239) 377‐0457.  

1.32 Disputes  In case of any doubt or difference of opinion as to the items to be furnished hereunder, the decision of CCPS shall be final and binding on both parties. 

 1.33 Misrepresentation 

All information submitted and representations made by the proposer are material and important and will be taken into account by CCPS when awarding the RFP. Any misstatement or omission (a “Misrepresentation”) shall be  treated  as  a  fraudulent  concealment  of  the  true  facts  relating  to  submission  of  the  solicitation.    A misrepresentation shall be a basis  to reject or disqualify the proposer  from  this RFP, and any re‐solicitation pertaining  to  this  subject  matter  (regardless  of  whether  the  re‐solicitation  resulted  from  Respondent’s misrepresentation), and shall be punishable under law, including, but not limited to, Chapter 817, F.S. 

 

Page 12: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 12 

1.34 Governing Laws and Venue a. In  the event  that  the awarded proposer(s)  should breach  this contract CCPS  reserves  the  right  to  seek 

remedies in law and/or in equity.  

b. All  legal proceedings brought  in connection with this Contract shall only be brought  in a state or federal court located in the State of Florida. Venue in state court shall be in Collier County, Florida. Venue in federal court  shall be  in  the United  States District Court. Each party hereby  agrees  to  submit  to  the personal jurisdiction of these courts for any  lawsuits filed there against such party arising under or  in connection with this Contract. In the event that a legal proceeding is brought for the enforcement of any term of the contract, or any right arising therefrom, the parties expressly waive their respective rights to have such action tried by jury trial and hereby consent to the use of non‐jury trial for the adjudication of such suit.  

c. All questions concerning the validity, operation, interpretation, construction and enforcement of any terms, covenants or conditions of this Contract shall in all respects be governed by and determined in accordance with the laws of the State of Florida without giving effect to the choice of law principles thereof and unless otherwise preempted by federal law. 

 1.35 Other Agencies 

Contractor(s)  may  permit  any  school  board,  community  college,  state  university,  municipality  or  other governmental entity, to include Public Charter Schools to participate in the awarded contract under the same prices,  terms  and  conditions.  It  is  understood  that  each  entity  will  issue  its  own  purchase  order  to  the Contractor(s). 

 1.36 Additional Information 

a. CCPS reserves the right to request any additional information, after the RFP opening, to further clarify or explain any information submitted with the proposal.    

b. CCPS reserves the right to allow for the clarification of questionable entries and the correction of obvious mistakes. 

  

***CCPS reserves the right to reject any and/or all proposals, in whole or in part, and to waive any and all formalities, technicalities, or other as may be deemed to be in the best interest of CCPS.***

Page 13: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 13 

Section 2 – Instructions & Directions   

2.1 Purpose  The purpose of this RFP is to find responsible contractor(s) to provide materials and labor necessary to perform and  supervise  the  custodial  and other  related  services  to  the  cleaning of  all CCPS  facilities,  abiding by  the minimum requirements set hereto, at locations throughout CCPS. Only proposals as defined in this Request for Proposal (RFP) shall be accepted. 

 2.2 Time Schedule 

CCPS will attempt to use the following time schedule, which will result in selection of a proposer(s).  

 

 

Notification of any changes  to  the time schedule will be posted on CCPS’s website: www.collierschools.com and/or www.demandstar.com and may be made  to available  to proposer(s) by e‐mail or  fax upon  request.  Response  to  inquiries  regarding  the  status  of  a  proposal will  not  be made  prior  to  the  posting  of  award recommendation. 

 2.3 Proposal Evaluation Process 

The RFP is part of a competitive procurement process, which shall determine the proposal that shall serve in the best interest of CCPS.  An Evaluation Committee, consisting of CCPS personnel, will convene, review and discuss all proposals submitted.  The Evaluation Committee will assign points in the evaluation and recommendation process  in  accordance with  the  evaluation  criteria  listed  in  this  RFP.    Please  note  that  all  RFP  factors  are considered and not solely based upon price.  Any award shall be made to the Firm whose proposal is determined to be the most advantageous to CCPS, taking into consideration all evaluation factors set forth in the RFP.  The Purchasing Department will prepare and submit an agenda item to the Superintendent of Schools, Collier County, Florida.  The Superintendent will recommend to the School Board, the award or rejection of any and/or all proposal(s).  The School Board will award or reject any or all proposal(s).  

2.4 Oral Presentations / Interviews  a. CCPS may require selected (short‐listed) Proposers to give oral presentations to the evaluation committee 

in support of their Proposals or to exhibit or otherwise demonstrate the  information contained therein. Estimated dates are provided in the RFP Time Schedule. All Proposers should be prepared to attend and 

Date  Event

August 10, 2016  RFP Posted and advertised.

August 30, 2016  Pre‐Bid Conference

September 23, 2016  All written questions and inquiries are due by 10:00AM. 

September 30, 2016  Proposals due no later than 10:00AM. 

October ‐ November, 2016  Evaluation/Rating of Proposals, The Dr. Martin L. King  Jr. Administration  Center,  Purchasing  Conference  Room,  3rd floor, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109 (Exact time and date will be determined by CCPS personnel). 

November, 2016  Proposals will be reviewed to narrow down applicants for possible presentations and interviews. Vendors will be notified of their proposal acceptance and schedule (if necessary) for presentations & interviews.  Proposers should be ready and available to present within a one week notice. 

November ‐ December, 2016  Posting of Recommendation

January ‐ February, 2017  Recommendation of awarded proposer to School Board. 

Page 14: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 14 

present in the event they are selected in the initial ranking process. Any and all expenses involved in making any presentation(s) will be at the expense of the Proposer.   

b. The Evaluation Committee will then award to the responsive and qualified Proposer whose Proposal and presentation (if necessary) is determined to be the most advantageous to CCPS.  

c. The Evaluation Committee  reserves  the  right  to  interview any or all proposers and  to  require a  formal presentation with  the key people who will administer and be assigned  to work on  the  contract before recommendation of award.  

d. Recommended/Awarded Proposer may be requested to attend the School Board meeting in which the RFP award is being presented, in the event any School Board Member may have questions or concerns on the item. 

 2.5 Evaluation Criteria 

Proposals of Bidders who meet all qualifications and specifications of this RFP, will be evaluated on the following:  

Criteria Maximum Points 

Letter of Transmittal / Proposal Acknowledgement 5

Experience & Qualifications of Firm 25

Experience & Qualifications of Staff 25

Human Resources  15

Scope of Services  50

Quality Control  15

Training  15

Standard Cleaning Procedures 15

Pricing  25

Completeness & Clarity of RFP  10

Total Possible Points 200          

The failure of any firm to provide detailed information regarding proposal elements described in this RFP may result in the reduction of points in the evaluation process. 

 2.6 Award  

a. It is the intent of the District to award RFP to the responsive and responsible bidder(s) whose qualifications, products  and  services meet  the  terms,  conditions,  and  specifications of  the RFP, who’s best  suited  to provide  the  services  herein  and whose  proposal  is  considered  to  best  serve  the  District’s  needs  and interests.  

b. The School Board or Purchasing Department reserves the right to award the contract(s) to the bidder(s) that it deems to offer the lowest responsive and responsible proposal(s), as defined by this RFP.  The Board and/or Purchasing Department are therefore not bound to accept a proposal on the basis of lowest price.  Award will be made to the lowest responsive, responsible proposer whose bid represents the best overall value to CCPS when considering all evaluation factors and that meet or exceed the minimum requirements of this RFP.  

c. The School Board or Purchasing Department will award contract(s) based on experience, qualifications of firm, qualifications of staff, quality of work from references and pricing, as well as bidder’s ability to meet or exceed the minimum requirements of this RFP.  

Page 15: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 15 

d. Proposals will be evaluated by CCPS Evaluation Committee and given points according to how well it meets the specifications and requirements of the RFP.  The proposal with the highest number of evaluation points will be ranked first.  The Evaluation Committee reserves the right to negotiate further terms and conditions, including price with the highest ranked proposer. If the Evaluation Committee cannot reach a mutually beneficial agreement with the first selected proposer, the Committee reserves the right to enter into negotiations with the next highest ranked proposer and continue this process until an agreement is reached.  

e. During the evaluation and review of bid(s), CCPS may consider any information or evidence which comes to its attention.  This information may be utilized in determining the bidder’s capability to fully perform the services of this RFP and/or the bidder’s level of integrity and reliability that is required to assure satisfactory performance of any and all award or contracts produced from this RFP.  

f. In order to be considered for selection, bidder shall submit a complete written response to the RFP using the format provided herein including any and all documentation necessary to fully demonstrate the bidder’s capabilities and qualifications.   Proposal  shall provide adequate detail  for a  clear understanding of  the bidder’s RFP and intentions. The standardization shall facilitate evaluation of the comparative merits of the proposals submitted.  Failure to comply with the required organization and structure outlined in the RFP or provide documentation as required, may result in a proposal being deemed non‐responsive.  

g. CCPS reserves the right to award contract to a single contractor for all items and services herein, however, nothing will prevent CCPS from making multiple awards and/or to deem all proposals responsive and assign work to multiple or any contractor deemed responsive or with the highest rated proposals.   

h. This RFP does not commit the School Board to make an award nor shall CCPS be responsible for any cost or expense incurred by any contractor prior to the execution of a purchase order or contract agreement.  

i. The  obligations  of  CCPS  under  an  award  of  this  RFP  are  subject  to  the  availability  of  funds  lawfully appropriated for its purpose. All purchases are contingent upon available funding.  

j. Any and all award(s) made as a result of this RFP shall conform to applicable School Board Policies, State Board Rules, and State of Florida Statutes.  

k. CCPS reserves the right to award only a portion of the items and/or services specified, if it is deemed to be in its best interest. 

 2.7 Contract & Term 

a. The contents of this RFP and all provisions of the awarded bidder’s submittal shall be considered a contract and become  legally binding.   A separate contract document, other than the purchase order, may not be issued.  

b. Commencement Date:  It is estimated that the commencement date for services under this RFP will be June 1, 2017, unless otherwise noted and/or  instructed by CCPS, their designee and/or this RFP.   Please note that no work shall begin without a valid purchase order  in place.   CCPS reserves the right to commence work earlier or later as necessary.  

c. The proposer shall not enter into sub‐contracts, or assign, transfer, convey, sublet, or otherwise dispose of the ensuing contract, or any or all of its right, title or interest herein, or its power to execute such contract to any person, company, or corporation.  

d. The initial term of the contract will be for three (3) years, beginning June 1, 2017 through May 31, 2020.  Contract may be renewed near expiration date of contract for up to two (2) times for additional three (3) 

Page 16: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 16 

year periods.  Renewal may be accomplished provided the price and terms remain unchanged or any price increase/decrease or term modifications are negotiated and agreed to by the awarded vendor(s) and CCPS.  Renewals will be at the option of CCPS.   

e. The  Purchasing Department will,  if  considering  renewal,  request  a  letter  of  intent  to  renew  from  the Contractor prior to the end of the current contract period. If needed, the contract will be extended ninety (90) days at the current pricing beyond the contract expiration date. Contractor will be notified when the recommendation has been acted upon by the Board.  

f. In the event the resulting agreement is terminated, not renewed or naturally expires, the Contractor agrees that CCPS may provide written notice to the Contractor retaining the services for a month‐to‐month basis on the same terms and conditions set forth in the agreement. Such month‐to‐month services shall continue until CCPS has established a new agreement. In any event, these services will not be required to continue for a period of time exceeding six (6) months.  

g. The proposer will be prohibited  from publishing or  releasing any  information  related  to  the  requested services without the prior written permission of CCPS. All reports and other documents resulting from the ensuing contract will remain the sole property of CCPS.  

    

Page 17: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 17 

Section 3 – Proposal and Proposer Requirements  

3.1 Preparation and Submission In order to maintain comparability and enhance the review process, it is requested that proposals be organized in the manner specified below. Proposal shall provide adequate detail for a clear understanding of the bidder’s submission and intentions. Include all information in proposal.  

 A. Title Page: Show the RFP number, Title, proposer name, address, telephone number, e‐mail address and 

the date.  

B. Table of Contents: Include a clear identification of the material by section and by page number.  

C. Letter of Transmittal: Stating the names of the persons who will be authorized to make representations for  the proposer,  their  titles, addresses and  telephone numbers along with a brief description of  the services proposer provides and its proposal. 

 D. Proposer Acknowledgement/Signature Page:   RFP, p. 1, completed and signed. Signature must be of 

person authorized to bind company in a contract.  

E. Experience and Qualifications of the Firm: State the experience and qualifications of the firm as outlined in this RFP, to include, but not be limited to: 1. Organization Description 2. Location of corporate / main branch offices and other branches 3. References: Governmental & Other 4. Business License 5. Financial Information 6. Previous Experience with District Statement 7. Legal Actions 8. Additional Information  

F. Experience and Qualifications of Staff:  Give the name and resumé  of individuals who will be assigned to direct,  supervise  and/or manage  any  and  all  services or work under  this  contract  and other  staff qualifications as outlined in this RFP, to include, but not be limited to:  1. Director / Corporate Administration personnel 2. Principals / Supervisors / Managers 3. Additional Information on Staff that will be overseeing the services for CCPS 

 G. Human Resources: Firm shall clearly state its recruiting and hiring proposed process. Firm shall provide 

any human resource policies, documentation or other information pertinent to the services provided as outlined herein.  

H. Scope of Services:  Firm shall state its understanding of, and approach to the services and overall project, based on the scope of work and other  information of this RFP, to  include any written specification of materials, chemicals, services, etc… and any deviations or alternates offered to the specifications herein.  Also include as described herein, but not be limited to: 1. Staffing Recommendations & Organizational Chart 2. Equipment List, Recommendations & Information 3. Chemical List Recommendations & Information 4. Supply List Recommendations & Information 5. Any additional documentation including sample of floor schedules, etc… to further demonstrate 

the firms understanding and approach to the scope of work required.  

I. Quality Control:  State Firm’s policy/plan for quality control as described herein. 

Page 18: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 18 

 J. Training:  State Firm’s policy/plan for hiring and training of staff and personnel as described herein. 

 K. Standard Cleaning Procedures:  Firm shall provide its policies, documentation and/or procedures on its 

standard cleaning procedures and expectations as described herein.  

L. Price Sheet:  Attached herein or created similar to.  To include pricing as requested and additional charges and costs as necessary and those of any alternates or alternate materials proposed. 

 M. Insurance:  Provide proof of your company's insurance as required in this RFP or submit a letter of your 

intention to have the required insurance within ten (10) days of notification by CCPS.  Insurance coverage shall commence no later than the start date of the contract. 

 N. Additional Required Paperwork: Provide all items required herein and any and all required Exhibits fully 

completed and signed as indicated.  

O. Additional Information:  Provide any additional information, ideas, designs, assistance etc… that CCPS should  take  into  consideration,  including  any  alternate  products  or  deviations  to  the  minimum specifications set forth in this RFP. 

 3.2 Qualifications of Proposer 

a. Only responsible Proposers, who normally have knowledge of and experience in providing and managing custodial services and/or custodial service contracts, will be considered for award of this RFP.   Qualified proposers shall have adequate organization,  infrastructure, capital, managerial/administrative personnel and other resources to ensure prompt efficient and satisfactory service to CCPS.   Awarded Contractor(s) will  be  determined  by  its  qualifications,  previous  experience  and  satisfactory  performance  of  similar contracts  with  school  districts,  governmental  agencies  and  other  entities,  demonstrated  by  their references.    

b. Proposer shall be in sound financial position, qualified to perform the work as specified, must be primarily engaged  in  the  business  of  custodial  services  and  have  been  in  business  for  at  least  the  last  five  (5) consecutive years or more, under the same name, as a licensed and insured contractor or have equivalent work experience in the industry and/or with CCPS.     

c. Agency must be an active, registered business and have been in business for no less than five (5) years from the release date of the RFP.  

d. Proposer shall furnish all information, documents and data required to fully explain and demonstrate its work history and qualifications with this RFP.   

e. CCPS reserves the right, before awarding the contract, to require proposer(s) to submit further evidence of qualifications  or  any  other  information  CCPS  staff  may  deem  necessary  for  further  clarification  or clarification of items submitted.   

 3.3 Inspection of Organization 

a. CCPS reserves the right before recommendation of an award to inspect the facilities and organization; or to take any other action necessary  to determine  the  legitimacy of  the bidder’s submittal and  its ability  to perform all services under this RFP at or above a satisfactory level.  CCPS further reserves the right to reject proposals where  investigation and evaluation or other evidence  submitted  indicates an  inability of  the bidder to meet any requirements or to perform the services of this RFP.  The ability or inability to meet all requirements and service CCPS under this RFP will be at the discretion of CCPS.  

Page 19: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 19 

b. Contractor shall at all times during the Contract remain responsive and responsible. Contractor must be prepared, if requested by CCPS, to present evidence of experience, ability, and financial standing, as well as a statement as to plant, machinery, and capacity of the contractor for the services under this RFP. If CCPS determines that the conditions of the solicitation documents are not complied with, or that the services to be  furnished do not meet  the  specified  requirements, or  that  the qualifications,  financial  standing, or facilities are not satisfactory, or that performance is untimely, CCPS may reject the response or terminate the Contract.   

c. Bidder may be disqualified  from  receiving awards  if anyone  in  its employment, has previously  failed  to perform satisfactorily in connection with public bidding or contracts.   

d. This section shall not mean or imply that it is obligatory upon CCPS to make an investigation either before or after award of the Contractor, but should it elect to do so, contractor is not relieved from fulfilling any and all Contract requirements or documents. 

 3.4 Local Conditions 

Proposer(s) should be familiar with any local conditions, which may, in any manner, effect the services required. The proposer(s) is/are required to carefully examine the RFP terms and to become thoroughly familiar with any and  all  conditions  and  requirements  that may  in  any manner  effect  the work  to  be  performed  under  the contract. No additional allowance will be made due to lack of knowledge of these conditions.   

 3.5 Experience and Qualifications of the Firm 

Proposer shall  include with  its proposal the following  information to demonstrate the firm’s experience and qualifications.  Failure to submit may be cause for rejection of proposal.  a. Organization Description: A description of the proposer’s organization must be supplied.  Description shall 

be in paragraph/letter form and include, but be not limited to:  

i. A brief narrative of the Firm history to  include any name or  legal changes as well as ownership changes, structure changes, company mergers or buyouts, throughout the history of the firm. 

ii. Location of Firm headquarters/corporate office and main branches.  

iii. Number of years in business. 

iv. Description of services company provides 

v. Number of employees currently employed total and per office location. 

vi. Number of offices and locations of each. 

vii. Description of the level of government services offered (if any).  

b. References: The Bidder must present a minimum of four (4) references as follows:  

i. School District Reference: Proposer must present a minimum of two (2) school district references, located  in  the United  States,  for which  they were  the  primary  supplier  of  similar  CUSTODIAL services for within the last two (2) years.  

ii. Governmental / Other Entity References: Proposer must present a minimum of two (2) references for which they were the primary supplier of similar CUSTODIAL services for within the last two (2) years.  It is preferred that at least one (1) of these references be a governmental agency.   

iii. Other References (optional): Proposer may present additional references for consideration.  

iv. All references must include the name of the organization, organization address, a contact name, contact title, contact number, contract dates of services (mm/yy to mm/yy), brief description of services provided with location and size of the sites/areas being serviced.   

Page 20: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 20 

v. Although proposer(s) may have or are currently performing work for several CCPS sites, CCPS or any of its sites may only be used as one (1) reference.   

vi. CCPS reserves the right to solicit reference letters from known prior or existing customers of the Proposer.  

vii. Failure to submit references may result in rejection of proposal.  

c. Business  License(s): Bidder  shall possess  all  applicable business  licenses  required  to perform  services under this RFP. Proposer shall submit business licenses as follows:  

i. Copy of current and previous year’s business licenses (2 total) from proposer, must be submitted with  the  proposal.    All  licenses  must  have  a  minimum  classification  of:  “Custodial  Service Contractor” or similar category.  Either a state or county occupational license will be acceptable.  All licenses shall have current name and address of bidder.  If bidder has moved since the issuance of the license, it must document as such with a written explanation and submit with RFP.  

ii. Licenses must be valid/current at the time of submittal and shall be maintained throughout the duration of the contract and submitted to CCPS as necessary.  Furthermore, the Contractor for the duration  of  the  contract  shall  comply with  all  Federal,  State  and  Local  rules,  regulations  and licensing requirements necessary to perform the services and work required under this RFP.  

iii. Proposer may submit any other State Licenses, certificates or other licensure, which will further demonstrate its capabilities. 

 iv. Contractor will, upon  award,  insure  it possess  all necessary  licensure  to operate  and perform 

services within Collier County, Florida.  d. Financial Information: Proposer shall submit year‐end financial information from the last two (2) years, 

which demonstrate  the  financial well‐being of  the organization.    Financial  information may be  either accounting audits, profit & loss/balance sheets and/or business/corporation income tax returns prepared by a third party.   Financial Information may be submitted in a sealed confidential envelope with bid, clearly labeled with the bidder name, “CONFIDENTIAL: Financial Information Enclosed”, and a  list of the forms that are enclosed.   District will only open  if  low bid  is being considered.   Financial  information may be returned, after award has been made, upon request.  Failure to submit financial information may result in rejection of bid.  Please note bidder only needs to submit one (1) copy of financial statements with RFP.  

e. Previous Experience with District: A proposer’s previous experience with CCPS will be taken into account when evaluating the responses received.  Proposer shall provide a brief description of any and all previous experience with  CCPS,  if  applicable.    Details  of  description  should  include  site(s)  and  any  key  CCPS personnel involved.  RFP(s) may be rejected based on past performances. 

 f. Legal Actions: Describe in brief detail any current or previous legal actions naming the firm as a primary 

or secondary party.  State the circumstances of any action.  

g. Additional  Information: Proposer may  submit  any  additional  information  it  sees necessary  to  further demonstrate its experience and qualifications.  

3.6 Experience and Qualifications of Staff Proposer’s  staff  shall  possess  all  applicable  licenses,  knowledge,  skill  and  resources  required  to  supervise, manage  and oversee  any  and  all  services under  this RFP.     Please note  that  Firm  shall meet or  exceed  all necessary staff requirements. Proposer shall  include with  its proposal: name, title, résumés, and any further experience/qualifications/certifications and information on how these individuals will be serving CCPS, on the 

Page 21: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 21 

following key personnel to demonstrate the experience and qualifications of its staff. Failure to submit may be cause for rejection of proposal.  

 a. Project Director(s) / Corporate Administration Personnel: Proposer shall include the Director or Corporate 

Administrator  that will  be  the  individual who will  oversee  the  administration  and  all  aspects  of  the contract, staff, programs and services. Minimum of one (1) Director shall be submitted.   

b. Project Principal(s): Proposer shall include a Project Principal that will be the individual who will supervise any and all daily operations in Collier County for CCPS and will be the direct and main contact for any and all CCPS services described herein. Minimum of one (1) Principal shall be submitted.   Principal shall be available as deemed necessary for purposes of reporting problems, requesting schedule changes, performance evaluation meetings, quality control services, etc.  Principal shall be the sole contact person for CCPS for any administrative or contractual issues.    

c. Supervisor(s) / Manager(s): Proposer  shall  include any  information and description on  supervisor(s)  / manager(s) that will be overseeing the staff and services of the RFP.  

d. Additional Staff Information(s): Proposer shall include any additional information and description of any other administrative, supervisory or managerial staff members that will be utilized in the implementation, operation of and/or success of the services provided herein.  

e. Additional  Information: Proposer may  submit  any  additional  information  it  sees necessary  to  further demonstrate the experience and qualifications of its staff.  

f. Staff  Replacement:    The  Project  Director,  Principal  and  Supervisors  should  remain  constant  for  the duration of the contract.  In the event  it  is necessary to replace any of the above staff, Contractor shall submit written notification to CCPS of any changes in its personnel identified in their response to this RFP.  Such notification shall include a detailed reason(s) for the need to change personnel and the Contractor’s documentation that proposed replacement personnel have equal or greater qualifications and experience.  CCPS reserves the right to reject any replacement staff member and may use alternate vendors or cancel the contract  if  suitable  replacements  cannot be made available. Any  changes  in personnel mentioned herein must be submitted and approved in advance by CCPS. 

 3.7 Human Resources  

All matters pertaining to the recruitment, screening, hiring, and retention of any Contractor employee shall be the exclusive responsibility of  the contractor.   These matters shall be done  fully  in compliance with existing Federal, State and  Local  rules,  statutes and  regulations pertaining  to affirmative action, non‐discrimination, wage and hour and any other stipulations germane to prudent personnel management.  Firm shall provide with its proposal the following, but not be limited to:  

a. Hiring Process: Description of its intent to hire staff and employees.  Please include any recruiting tactics, hiring process, and any previous experience in the hiring of large number of employees for a contract.  

b. Salary Schedule: Salary schedules will meet or exceed all federal regulations for minimum wage.  Proposer shall  provide  a  salary  schedule.  Contractor will  pay  any  and  all  taxes  pertaining  to  his  employees  as required by law.    

c. Benefits  Package:  Proposer  shall  provide  a  detail  description  of  the  benefits  package  and  any documentation available that demonstrates employee benefits.   

 

Page 22: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 22 

d. Additional  Human  Resource  Information:  Proposer  shall  provide  any  human  resource  policies, documentation or other information pertinent to the services provided. 

 3.8 Scope of Services Approach   

Proposer shall clearly state its understanding of and approach to the “SCOPE OF SERVICES” listed herein and the overall project and undertaking of providing custodial services to CCPS.  All information shall be based on the scope of work and other information of this RFP, to include any written specification of materials, chemicals, services, etc…  Please include any deviations or alternates offered to the specifications herein.    Understanding of the scope of work shall include, but not be limited to:  a. Staffing  Recommendations:  Proposer  will  provide  a  complete  listing  of  the  estimated  number  of 

employees per site it recommends accompanied by its organizational chart. Recommendations will list the minimum number of employees per site, titles and any other pertinent information pertaining to staffing recommendations.  Contractor shall at a minimum meet the following staff requirements:  

Head Custodian: Proposer shall include in its staffing recommendations a minimum of one (1) Full time Head/Supervisory Custodian at each site that will supervise and manage the custodial staff  and  be  the main  point  of  contact  at  each  site,  unless  otherwise  proposed  in  RFP submittal.  See Appendix 1 – Job Description for further information.  

Daytime Custodian: Proposer shall include in its staffing recommendations a minimum of one (1) Full  time Daytime Custodian at each  site. See Appendix 1 –  Job Description  for  further information. 

 Contractor for the duration of the contract shall comply with all Federal, State and Local rules, regulations and licensing requirements for any and all employees as necessary.  Estimated Custodial Staff per Site: A  list of custodial staff sizes has been provided  in Appendix 5.   This information is provided for bidding purposes only to give proposer an idea of the size of the custodial that has been utilized previously at each site. 

 b. Equipment: The procurement and maintenance of all equipment required for the successful execution of 

this contractual obligation shall be the Contractor’s responsibility.  The pricing submitted under this RFP shall reflect as such.   

 

Proposer will submit the following on equipment:  

i. Proposer will provide a brief description of its plan to acquire and/or provide equipment for the services under this RFP.    

ii. Proposer will provide a complete listing of the estimated equipment necessary to perform services, per  site  to demonstrate  its understanding and  capability  to  service  the  contract as  requested.  Equipment  Lists  shall  include  any  make, model,  type  and  description  of  use  for  the  power equipment (vacuums, scrubbers, floor machines, etc…). 

 iii. All  equipment  shall  be  sufficient  to  the  services,  in  good  condition  and  considered  industry 

standard. Equipment used shall be in good repair and operating condition at all times, and be in compliance with all federal, state and local regulations.  

 iv. All equipment shall meet all safety standards as established for that piece of equipment and be 

equipped with all appropriate safety guards, as specified by the manufacturer  

Page 23: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 23 

v. All  equipment  shall  be  clean,  efficient,  operated  and  maintained  in  accordance  with  the manufacturer’s recommendations. 

 vi. All equipment shall be owned or leased by the Contractor once an award has been made.  Bidder 

will be permitted to rent equipment, but only for temporary services and as needed. CCPS will not reimburse contractor for any rental fees for equipment.  

vii. Proposer will provide its procedure, plan or policy for the replacement of equipment.  

viii. CCPS must approve all equipment, machinery and supplies prior to usage.  

ix. Proposer  shall  provide  any  additional  pertinent  information  necessary  pertaining  to  the acquisition, maintenance and upkeep of equipment for services under this RFP.  

c. Chemical List:  The Contractor shall perform the duties described herein utilizing only chemicals that have a  wide margin  of  safety  for  human  life  and  in  accordance  with  applicable  State  and  Federal  Laws.  Contractor shall be  responsible  for  the acquisition of all chemicals necessary  to  fulfill all specifications stated herein.  A listing of all chemicals which will be used by the successful contractor must be submitted for  approval prior  to  initial  service under  the  contract.   Changes may be made only  after being duly authorized.  CCPS may request the specific use of a product,  if the current product being utilized  is not performing or maintaining an acceptable level of cleanliness, at any time during the course of the contract.    A list of chemicals and dispensing units that are acceptable for use is attached under Appendix 2.  This is the minimum level of product that is acceptable to use at any CCPS site.  Failure to use products that are similar or exceed the quality of the attachment may be cause for termination of contract.    Proposer will submit the following on chemicals:  

i. Proposer will provide a brief description of  its plan to acquire and/or provide chemicals for the services under this RFP.   

ii. Proposer shall include a description of any proposed chemical dispensing system, its specifications, information and describe how it operates.  

iii. Proposer shall include a list of chemicals that meets or exceeds the specific items listed herein to be utilized at all sites throughout CCPS.  List shall include the chemical name, brand, as well as any other information that may be used to assist in the services performed under this RFP.  

iv. Proposer shall provide any and all technical specifications and chemical make‐up for each chemical (SDS).  

v. Proposer may deviate from the recommended list herein and provide a list of alternate chemicals in lieu of the recommended list herein.  Proposer shall list in detail any and all specifications on deviations to recommended  list. List shall  include technical specifications of the  item as well as manufacturer, brand and model number (SDS).  

vi. All  chemicals  must  meet  or  exceed  OSHA  requirements  and  commonly  recognized  safety requirements.    

vii. The  specific manufacturers  listed  herein  are meant  to  be  the minimum  standard  of  quality acceptable to CCPS for each product.  Proposer may propose other manufacturers or brands, but must clearly demonstrate the proposed manufacturer/brand meets or exceeds the level of quality listed  herein.  Any  alternate manufacturer/brand  shall  closely meet  the  specifications  to  the 

Page 24: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 24 

standard of quality.   CCPS reserves the right to reject or request proposer to provide alternate manufacturer/brands until an acceptable product can be found. 

 d. Custodial Paper Products & Supplies List:   The Contractor shall be responsible for the acquisition of all 

custodial paper products and supplies necessary to fulfill all specifications stated herein.  A listing of all supplies which will be used by the successful contractor must be submitted for approval prior to  initial service under the contract.  Changes may be made only after being duly authorized.  CCPS may request the specific use of a product,  if  the current product being utilized  is not performing or maintaining an acceptable level of cleanliness, at any time during the course of the contract.    A list of custodial paper products and supplies that are acceptable for use is attached under Appendix 3.  This is the minimum level of product that is acceptable to use at any CCPS site.  Failure to use products that are similar or exceed the quality of the attachment may be cause for termination of contract.    Proposer will submit the following on custodial paper products & supplies:  

i. Proposer will provide a brief description of  its plan  to acquire and/or provide  custodial paper products and supplies for the services under this RFP.   

ii. Proposer shall include a list of supplies that meets or exceeds the specific items listed herein to be utilized at all sites throughout CCPS.  List shall include the name, brand/manufacturer as well as any other information that may be used to assist in the services performed under this RFP.  

iii. Proposer shall provide any and all technical specifications and make‐up for each item.  

iv. Proposer may deviate from the recommended list herein and provide a list of alternate supplies or alternate manufacturer in lieu of the recommended list herein.  Proposer shall list in detail any and all specifications on deviations to recommended list. List shall include technical specifications of the item as well as manufacturer, brand and model number  

v. All items must meet or exceed OSHA requirements and commonly recognized safety requirements.    

vi. The  specific manufacturers  listed  herein  are meant  to  be  the minimum  standard  of  quality acceptable to CCPS for each product.  Proposer may propose other manufacturers or brands, but must clearly demonstrate the proposed manufacturer/brand meets or exceeds the level of quality listed  herein.  Any  alternate manufacturer/brand  shall  closely meet  the  specifications  to  the standard of quality.   CCPS reserves the right to reject or request proposer to provide alternate manufacturer/brands until an acceptable product can be found.   

 e. Alternate  items:    Throughout  the  duration  of  the  contract,  it  is  understood  that  newly  researched 

products, chemicals, supplies, etc… may become available or advantageous for use by the Contractor or CCPS.    CCPS may  consider  alternate  products,  supplies,  chemicals  etc…  as  they  are made  available.  Contractor  shall meet with CCPS  to discuss alternate products or new  technologies  that may  increase cleanliness, efficiency, safety and/or be more environmentally safe at any time during the course of the contract.    Any  new  product  will  be  reviewed  and  either  rejected  or  accepted  at  CCPS’s  discretion.  Contractor will not be permitted to deviate from the products under this RFP without CCPS authority and approval.  

f. Chemical, Product Non‐Compliance:  Substitution of any product or supply without proper authorization is unacceptable. Failure to supply CCPS with the items submitted under this RFP or an approved equivalent to  the standard of quality  listed herein, will be cause  for  rejection of product.     Said product must be replaced immediately with an acceptable approved product at no additional cost to CCPS.  

Page 25: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 25 

Any substitution must receive prior written authorization by CCPS administration.   Failure to comply or continual non‐compliance will be grounds for termination of contract.  

3.9 Quality Control Proposer shall submit its plan or program to insure quality services are provided at all times.  Please include any quality control parameters and describe what input or effort is required upon CCPS to assist in the quality control program.  Further discuss any policies or procedures for resolving any quality control issues.  Please be as specific and detailed as possible and include any literature as necessary.   

 3.10 Training  

a. Contractor must have  a  training program  specifically designed  for CCPS  assigned personnel,  including training  to  meet  all  Local,  State,  and  Federal  guidelines.    Training  shall  include,  as  necessary,  the application of chemicals and  the use of equipment  to  facilitate safe conditions  for  the employees and CCPS’s students, staff, and faculty.  A proposal of said training shall be submitted with RFP and shall clearly demonstrate proposer’s philosophy and training techniques.    

b. Proposer shall submit with the RFP, a letter stating that all employees are properly trained in all facets of its services and are properly certified as necessary to perform the required services under this RFP. 

 3.11 Standard Cleaning Procedures   

Proposer must submit a description of its standard cleaning procedures and expectations to demonstrate what the proposer will provide and how it either meets or exceeds all aspects of the RFP. Procedures shall be detailed and  Include any and all procedures, policies,  literature, expectations and  if applicable any proposed cleaning and flooring schedules if differ from the schedules or information listed herein. 

    

Page 26: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 26 

Section 4 ‐ Contractor Requirements   

4.1 Contractor Performance a. It shall be the responsibility of the contractor to be knowledgeable and familiarize itself with any and all 

applicable federal, state, county and local laws, ordinances, rules and regulations that in any manner affect the services provided under this RFP, which may apply. Lack of knowledge by the proposer(s) will in no way be a cause for relief from responsibility.   

b. Contractor(s)  shall maintain  an  acceptable  level of  satisfactory  service  throughout  the duration of  the contract.  To insure this level of performance, CCPS reserves the right to withhold any monies owed to a contractor who  is not performing satisfactorily,  fails  to provide specific services, or any reason deemed necessary by CCPS staff.  Reasons for any withholdings will be provided to the Contractor in writing along with an acceptable time frame the Contractor has to fulfill any and all of the remedies to bring the level of service  back  to  satisfactory.    If  services  are  not  corrected  within  the  time  frame  allocated  by  the corresponding CCPS department or its designee, then contract may be terminated. Furthermore, CCPS has the right to subtract any costs incurred to CCPS from the invoices or monies owed due to the unsatisfactory performance of Contractor.   The withholding of any monies and the subtraction of costs/fees incurred, will be used at the discretion of CCPS. If no monies are owed to a contractor and performance levels are below satisfactory then termination of contract as outlined in this RFP will apply.    

c. Contractor(s) shall perform any and all services in accordance with any and all Federal, State, County and City  laws,  statutes,  ordinances  or  regulations.    Any  fines  levied  due  to  failure  to  comply  with  any requirement shall be the sole responsibility of the Contractor.  Lack of knowledge by the contractor(s) will in no way be a cause for relief from responsibility.  

4.2 Performance Bond a. The Contractor shall furnish CCPS with a performance and payment bond in the amount of ten (10) percent 

of the total contract price and such additional amounts as may be required by any  increase or changes thereof, containing all obligations required by Florida Law and executed by a surety company satisfactory to CCPS and licensed to do business in Florida.  Once approved by CCPS, contractor shall be responsible for recording the Bond with the Clerk of Courts.  

b. The performance provisions shall extend as a maintenance guarantee for one year from final payment.  

c. The Surety that issues the bond shall: i. Be licensed to do business in Florida ii. Have a policyholder’s rating of “A‐” or better as listed in the current Best’s Insurance Guide. iii. Have fulfilled all previous obligations to CCPS. 

 d. The Contractor shall deliver the required bond to CCPS not later than thirty (30) days from the issue of the 

notice of award an update as necessary throughout the duration of the contract and any renewal periods.  

e. The Contractor shall require the attorney‐in‐fact who executed the required bonds on behalf of the surety to affix thereto a certified and current copy of his power‐of‐attorney indicating the monetary limit of such power. 

 4.3 Trial Period 

a. Awarded  contractor(s) may  be  placed  on  a  ninety  (90)  day  trial  period  at  the  commencement  of  the contract.  During and towards the end of the trial period, CCPS personnel will conduct an evaluation and make the decision on whether to continue the contract or to remove Contractor and award contract(s) to the next highest rated proposer, or place out for a new solicitation as necessary.  The decision will be based on performance, workmanship and the ability of the contractor to meet the servicing needs of CCPS.   

Page 27: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 27 

b. If the Contractor’s work is deemed unsatisfactory, then its invoice may be reduced to cover the expense to have the unsatisfactory work brought up to an acceptable level.  If the next acceptable proposal is used, then that contractor may also be placed on a ninety (90) day trial period. 

 c. CCPS reserves the right to terminate contract at any time during the trial period, for failure to perform, 

failure to service CCPS or failure to meet any of the requirements of the RFP.  Any such termination will be made in writing and may be immediate.    

d. If no work is performed in the initial ninety (90) days of the contract, then trial period may be extended until an evaluation of the contractor(s) services’ can be completed.  Extension and length of any such case will be at the discretion of CCPS. 

 4.4 Contractor Awareness 

It is the Contractor’s responsibility to become fully informed as to the nature and extent of the work required and its relation to any other work in the area, including possible interference with academic and other school activities.  All work shall be coordinated with CCPS personnel.  

4.5 Contractor Employee Requirements a. Contractor shall be responsible to CCPS for the acts and omissions of its employees, sub‐contractors and 

their agents and employees, and other persons performing any of  the work under a contract with  the awarded Contractor(s) of this RFP.    

b. **The Contractor shall strictly prohibit interaction between its employee(s), suppliers or anyone involved in any manner with projects under this RFP and the student population.**   

c. Conduct: Contractor employees will be expected to conduct themselves in an orderly fashion and adhere to the School Board’s policies for conduct and behavior.  Contractor employees will refrain from using foul, abusive or profane language on CCPS property.  The Contractor shall prohibit its employees from disturbing CCPS property that is not within the employee’s scope of responsibility.   

d. School Regulations: Contractor shall require  its employees to comply with the  instructions pertaining to conduct and School Board policies and directives, issued by duly appointed officials, such as the Principal, Facility Manager, etc. CCPS Administration and/or the Principal of any site where work is being performed or his/her designee, at their discretion, may require that the contractor immediately remove any employee from working on CCPS premises for violating any School Board policies, general misconduct or terms of this agreement.  

e. Dress Code: Employees of the Contractor shall be required to dress in accordance with CCPS’s dress policy and must wear proper attire and company uniform at all times while on CCPS property. The Contractor shall require employees to be dressed in their uniform attire when reporting to work and/or arriving at any CCPS site and remain in work attire for the duration of services.  All uniforms (shirts, aprons, etc…) shall clearly identify the employee as a Contractor employee and have company name and/or logo.  

f. Employee  Protective  Equipment:  Contractor  shall  determine  the  need  for  and  provide  any  personal protective or safety items required for the safe performance of work. Protective clothing, equipment, and devices  shall,  at  a minimum,  conform  to  U.S.  Occupational  Safety  and  Health  Administration  (OSHA) standards for the products being used.  

g. Break Areas and Restrooms: Lunch and Break areas are restricted to the designated custodial area by the site Facility Manager.  Rest room facilities are restricted to those areas designated by the site Principal or Facility Manager.  

Page 28: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 28 

h. CCPS reserves the right to require a change  in service of any contractor employee  if the conduct by the Contractor’s personnel, in the opinion of CCPS, is unprofessional.  

4.6 Contractor Employee Security Responsibilities Contractor(s) shall be responsible for the training of its employees in security procedures and requirements of each  site and  shall be  responsible  for  the enforcement of  the  same.   Additionally, each employee  shall be informed of the following:  

i. The Contractor shall be responsible for safeguarding against loss, theft, or damage of all CCPS property, materials, equipment, and accessories which might be exposed to the contractor’s personnel. 

ii. Any  and  all  emergency  conditions  that  occur  at  any  site  shall  be  immediately  reported  to  the authorized CCPS representative per site. 

iii. Any and all weapons as discussed in this RFP will not be permitted on any CCPS site. iv. Alcohol and drugs are prohibited from any CCPS site. v. Contractor personnel shall not allow any unauthorized persons in school buildings vi. Sites shall be secure at the end of each workday. 

 4.7 Staff Replacements 

Contractor  shall provide  competent,  suitably qualified personnel per  the  specifications of  this RFP  that are qualified to perform the services described herein.  Only those personnel who have been properly trained shall be  assigned  duties  under  this  contract.    Any  employee  whose  work  habits  and/or  conduct  is  deemed objectionable or unacceptable,  shall be  removed  from  the work  force upon  request of an authorized CCPS personnel, including the principal and/or facility manager.  

4.8 Background & Identification Badges  a. Bidder shall adhere to all CCPS & State requirements pertaining to fingerprinting and badging.  Bidder shall 

review and complete Exhibit JLA attached hereto and submit with its bid.  

b. Pursuant to School Board Policy 8475, all contractual personnel of Collier County Public Schools shall be subject to a criminal background check.  This includes any and all sub‐contractor employees.  

c. After award of bid, contractors’ and sub‐contractors’ employees may need to be screened pursuant to CCPS policy 1121.01.  The fee schedule and other important information pertaining to fingerprinting can be obtained on our website at http://www.collierschools.com/hr under the heading “Fingerprinting & ID Badges”.  Failure to comply will result in the immediate termination of contract and removal from the bid list for a period of three (3) years.  

d. Contractor employees are required to wear, at all times on any site, State issued identification badges per CCPS policies and the Jessica Lunsford Act.  Employees will not be allowed on any CCPS site without proper badges.  Failure to meet this requirement will result in the immediate removal of any employee without a badge  from  any  site.    Continued  non‐compliance  with  this  clause  may  result  in  the  termination  of contract(s).   Please note that Contractor(s) must submit all COI’s, licenses etc… before badges can be issued.  

e. Contractor may be  required  to  submit a  list of badged employees  to CCPS within  thirty  (30) days after commencement of contract.  Any changes during the course of the contract must be updated and submitted immediately.    

f. ***Contractor  employees  using  badges  from  another,  terminated  or  retired  employee  is  strictly PROHIBITTED and will be cause for immediate termination of contract***.  

g. Contractor must immediately return any and all badges of terminated or retired employees to CCPS.  Failure to do so may be cause for termination of contract.   

Page 29: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 29 

h. Please note fingerprinting and badging procedures are subject to change without notification.  It will be the Contractor’s responsibility to insure they meet all State and CCPS requirements. 

 4.9 Day Laborers 

The Contractor shall at no time during the contract use day‐laborers to perform any work under this RFP. The actual custodial services shall be performed by the awarded contractor(s) and its employees. Any personnel of the Contractor performing work at any CCPS site shall be fingerprinted, background checked and documented per this RFP. Failure to comply shall be grounds for immediate termination of contract.   

4.10 Insurance Requirements a. Certificate of Insurance 

Certificates of Insurance (COI), as outlined herein, shall be furnished to CCPS upon receipt of approval of the award of the contract.  Certificate of Insurance shall provide a minimum of a thirty (30) day notice of cancellation to CCPS and shall name Collier County Public Schools as an additional insured as follows:  

The District School Board of Collier County, FL 5775 Osceola Trail Naples, Florida 34109. 

 

All certificates shall list the RFP # and title and be submitted to Ms. Tiffany Daniel, Purchasing Department either via e‐mail ([email protected]) or facsimile ((239) 377‐0074).  Failure to provide a COI shall be cause for termination of contract.  

b. Duration of Insurance Policies All insurance policies herein specified shall be in force for the term of the contract and contain a Rider that the  insurance policies  cannot be  cancelled without a  thirty  (30) day prior written notice  to  the parties insured.  

c. Insurance Policy Review Insurance policies may be  submitted  for  review  to  the  School Board's  attorney  and/or  the  Purchasing Department.  Said policies shall be in form and content satisfactory to the CCPS’s said representatives.  Said policies shall also name CCPS as an additional insured party where specified herein.  

d. Worker’s Compensation Contractor(s) must comply with FSS 440, Workers’ Compensation and Employees’ Liability Insurance with minimum statutory limits.  

e. Comprehensive General Liability Successful  bidder  shall  procure  and maintain,  for  the  life  of  this  contract/agreement,  Comprehensive General  Liability  Insurance.   This policy  shall provide  coverage  for death, bodily  injury, personal  injury products and completed operations liability and property damage that could arise directly or indirectly from the performance of this agreement.  It must be an occurrence form policy.  The minimum limits of coverage shall be $1,000,000 per occurrence, combined, Single Limit for Bodily Injury Liability and Property Damage Liability. 

 f. Business Automobile Liability 

Successful bidder shall procure and maintain, for the life of the contract/agreement, Business Automobile Liability Insurance.  The minimum limits of coverage shall be $1,000,000 per occurrence, combined Single Limit  for Bodily  Injury Liability and Property Damage Liability.   This coverage shall be an “Any Auto” or “Comprehensive Form” policy.  The insurance must be an occurrence form policy.  

   

Page 30: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 30 

4.11 Right to Require Performance The failure of CCPS at any time to require performance by the contractor of any provision herein shall in no way affect the right of CCPS thereafter to enforce same, nor shall waiver by CCPS of any breach of any provision herein be taken or held to be a waiver of any succeeding breach of such provision or as a waiver of any provision itself. Furthermore, indulgence by CCPS on any non‐compliance by the contractor does not constitute a waiver of any rights under this RFP.  

4.12 Equipment & Chemical Storage  a. The Contractor will be permitted to store some minor equipment, custodial carts, chemicals, tools, supplies 

and other miscellaneous items at CCPS facilities as it deems necessary for efficient daily services.  Items will be stored in designated, secure, storage closets and other custodial areas as determined by the site Facility Manager or site administrator.  

b. Large machinery or bulk orders will not be permitted to be stored on site for any length of time.  

c. All equipment, tools, chemicals and other materials stored  in conjunction with the performance of work are  to be kept  locked up accordingly and never openly available  to where occupants might come  in  to contact or be able to access them.   

d. Contractor must ensure that all equipment, tools and chemicals are locked after each visit.  Non‐compliance may result in the removal of contractor from site or termination of contract.  

e. CCPS employees with  the Facility Manager’s or  site administrator’s permission and/or  supervision may utilize any item stored on the premises, to include vacuums and cleaning agents.  If a successful vendor will not allow the usage of equipment and/or cleaning products by CCPS employees, then it should state so in its proposal.    

f. CCPS will not be held responsible for any lost, stolen or damaged equipment, chemicals or other items left on site.  

 4.13 Utilities 

All utilities will be made available by CCPS to include electric and water. Any water keys that are necessary shall be issued by CCPS and will be the responsibility of the Contractor.   

 4.14 Property Damages 

a. Contractor shall perform necessary services in such a manner that does not damage property.  In the event damage occurs to property by reason of any services performed under this contract, the contractor shall immediately report the  incident to  its site Facility Manager or Administrator.   Contractor will replace or repair the same at no cost to CCPS.  If damage caused by the contractor has to be repaired or replaced by CCPS, then the cost of such work shall be deducted from the monies due the contractor. Contractor shall be  responsible  for  the  repair/replacement  to  the  satisfaction  of  the  Facility  Manager  and/or  site administrator.  

b. Any  other  damage  caused  by  the  contractor  or  its  employees  shall  be  immediately  reported  to  the appropriate Facility Manager or CCPS administrator.  Any damage caused by a contractor shall be repaired or replaced at the Contractor’s expense.  A reasonable schedule for the repair or replacement of any CCPS damaged property shall be worked out with the CCPS Supervisor, Contractor and/or site.  CCPS may, at its option, have items repaired or replaced internally.    

c. Personal property damaged by Contractor may be worked out between Contractor and individual owner(s) of damaged property.  

Page 31: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 31 

d. Non‐compliance with these procedures shall result in any invoice(s) to be held until replacement parts are received or repairs are completed by Contractor to the satisfaction of CCPS.   

 4.15 Work Stoppages 

a. In  the  event  that  any  services  or  projects  that  are  disturbing  student/teacher  activities  or  posing  an immediate danger, the Principal or his designee shall have the right to direct Contractor to stop all work.  Once a stoppage of work has been ordered, contractor shall  immediately cease all work and secure the area/site.  Contractor shall keep specific records of such occasions and shall notify the appropriate CCPS SEM representative immediately, of any such occurrence.   

b. Contractor  shall  be  responsible  for  immediately  notifying  CCPS,  in  writing,  of  any  unsatisfactory  or detrimental conditions that may arise that would interfere with the proper and timely completion of any service.  Notification shall include the condition and an estimate timeframe of delay.  Delays in services may be acceptable if it is agreed upon by CCPS.  Contractor shall not proceed without the conditions remedied and the approval of the SEM Department or its designee.    

4.16 Safety Data Sheets  a. Supplies requested which are listed on the Florida Substance List (substances covered under Chapter 442, 

Florida Statutes) are required to have published Safety Data Sheets (SDS).  

b. Contractor(s) will be required to submit a copy of the SDS for any and all such substances to CCPS, prior to the start of contract.   

c. Contractor  shall  maintain  and  have  readily  accessible  a  copy  of  all  current  or  latest  version  SDS documentation  and  safety  certifications  at  each  site,  in  a  clearly  identifiable  book,  and  at  the  SEM Department at all times, as well as comply with all other site documentation requirements per applicable OSHA programs and this RFP.   

d. SDS documentation will be updated at each site regularly for the duration of the contract.  

e. SDS documentation may be requested on chemicals after proposals have been evaluated from vendors that have been selected for interview and possible award.  

f. All products must be recommended for the specific application by the manufacturer and approved by the EPA and OSHA, and in accordance with labeling instructions.  

g. Failure to provide or maintain SDS documentation will be cause for termination of contract.        

Page 32: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 32 

Section 5 – Service Requirements   

5.1 Description a. CCPS intends to purchase, the services to provide qualified custodial and cleaning services to all of CCPS’s 

facilities, as described within this RFP.  All potential bidders, who wish to be considered for these services shall fulfill the requirements as listed herein.   

b. Contractor will be responsible for any and all services required under this RFP. Contractor(s) shall furnish all administration, management, supervision, labor, equipment, chemicals, supplies, tools, transportation and other materials as necessary at each site to provide all required custodial services.  

c. It is the Contractor’s responsibility to be familiar with and perform all services under this RFP according 

to  all  current  federal,  state  and/or  local  laws,  codes,  rules  and  regulations.    All  services will  be  in 

accordance with any and all governing requirements and shall conform to all  laws, ordinances, codes, 

rules and regulations including state, local and federal.  Services shall comply with all governing codes and 

regulations and shall meet or exceed the accepted standards of the industry.  Lack of knowledge by the 

proposer(s) will  in no way be a  cause  for  relief  from  responsibility. Failure  to abide will be  cause  for 

termination of contract. 

 NO  STATEMENT  WITHIN  THIS  DOCUMENT  SHALL  NEGATE  COMPLIANCE  WITH  ANY  APPLICABLE 

GOVERNING REGULATION. 

 

d. All  work  and  scheduling  will  be  performed  in  coordination  with  and  per  schedules  generated  and 

approved by CCPS personnel. 

 

e. Contractor shall supervise and direct the work, using its best skill and expertise to insure workmanship is of the highest quality. Contractor shall be solely responsible for all work assigned to it, including the means, methods,  techniques, sequences and procedures  for coordinating all portions of  the services under  the contract with CCPS or its designee. 

 5.2 Description of Sites 

a. CCPS  is  located within Collier County  in the southwest region of the State of Florida, approximately two hours south of Tampa, Florida.   CCPS services over 46,000 students at over  fifty‐six  (56) sites  including: twenty‐nine (29) elementary schools, ten (10) middle schools and eight (8) high schools as well as other administrative operation and support staff locations that will require services under this RFP.    A list of schools, administrative offices and other support sites that will require services under this RFP is provided under Appendix 4.  List includes: site, abbreviation, address, contact information of the Facility Manager, estimated enrollment and square footages*. Further information on school and/or sites may be obtained at: http://www.collierschools.com/domain/80  * Square footages given under this RFP are accurate to the best knowledge of CCPS.  They are listed for contract and bidding purposes.  Contractor may verify square footages through its actual measurements, use of existing drawings and/or other means,  if  it so chooses. Contractor should  inform CCPS of any discrepancy  that may occur  through  its verification of square footages. 

 b. CCPS is continually constructing, updating, modifying and remodeling its facilities, which may increase or 

decrease the number of facilities listed herein.  For this purpose, CCPS reserves the right to add additional sites or delete sites as necessary for the duration of the contract.   Pricing may be negotiated or adjusted, with the awarded Contractor, for any additional sites or deletions at the time of need.      All pricing negotiations will be based on pricing submitted under this RFP. 

Page 33: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 33 

 c. CCPS reserves the right to add or remove portable classrooms or portable facilities, at any time, during the 

course of the contract. Contractor will be required to maintain additional portables based upon RFP pricing.  Pricing adjustments/negotiations may be necessary for the addition or removal of a portable. 

d. The majority of services under this RFP are monthly services required under the SEM Department; however bidder  shall note  that any CCPS  site may place orders  for additional  services under  this RFP  for extra‐curricular activities or other events  that  fall outside  the  typical  scope herein.   Any prices  submitted by bidders under this RFP will be held for any CCPS site or department.  

 5.3 Knowledge of Sites / Site Visitations 

a. It is the responsibility of each proposer to fully understand and be knowledgeable of what is expected at site under  this RFP and  to  thoroughly  familiarize  itself with each site  listed herein.   This  includes  the knowledge and  familiarity of any  local conditions which may affect  the services required. No additional allowance will be made due to lack of knowledge of these conditions.    

b. Proposer(s) may and are encouraged to visit sites, as they deem necessary, prior to their submittal, to gain better knowledge of the services required at each site.   Proposer must contact the school and make an appointment with the Facility Manager or his designee to view the facilities.  Proposer must follow any and all sign‐in procedures at each site, which begins by signing  in at the front office.   BIDDERS MAY NOT BE ALLOWED TO VIEW SITES WITHOUT AN APPOINTMENT.  

c. On  site personnel are  for accessing and viewing  sites only, and are not  in a position  to modify or give instructions orally.    

d. If bidder is unable to make contact with site for appointments, please contact the Purchasing Department per this RFP.  

e. Site visitations are not mandatory and do not guarantee an award, however  lack of  inspecting prior  to submittal will in no manner relieve the contractor from the necessary services under this RFP.  

5.4 Service Hours, Days & Scheduling a. Contractor will be expected to perform services every working day of the building, school or facility, two 

hundred fifty (250) days out of the year.  A current working calendar and holiday schedule will be provided to awarded contractor(s) to develop the best work schedule for each site.    

b. Contractor will work with sites to provide a “Work Schedule” per site that will  include start and closing times, number of employees and any other additional information necessary. All custodial scheduling shall be done with a minimum of disruption  to normal school  functions and must be approved by CCPS site personnel.  Carpet cleaning,  floor waxing may be completed outside  the normal work  routine as described herein.  However, any adjustments to the work schedule and service days must be requested for in writing to the Facility Manager, Principal or site Director.  No adjustment to the work schedule and/or service days shall begin without their written authorization and/or knowledge of CCPS personnel.         

c. Services shall be provided during and after normal business hours Monday through Friday.  Weekend and holiday work may be allowed for services as well depending upon the nature of the work and the feasibility of the facility to be available at this time.    

d. Please note that work schedules at certain facilities may require specific needs and service hours.  I.E. the Administrative Center requires a Day Porter and normal custodial staff to commence services no earlier than 4:30pm. 

 

Page 34: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 34 

5.5 Special Events / Emergency Services a. Contractor shall be responsible for any and all custodial services directly related to all school/site activities, 

including but not be limited to: sporting events, PTO meetings, board meetings, Principal meetings, Open House, etc…  All services described herein shall be included in the monthly service pricing submitted under this RFP.    

b. Contractor shall not be responsible for community functions, banquets, emergency, shelter, leases or other rentals of school facilities outside of normal work hours.   To clarify, proposer(s) may provide a list of any specific work outside of the monthly services’ scope of work, as requested under this RFP, specifically any additional services that are not covered by services as described herein.  

c. Contractor  shall  provide hourly pricing,  per  the  pricing  sheet, with  its  proposal  to  accommodate  such circumstances when additional services are required.    

d. Contractor will invoice CCPS separately for any additional services above the monthly scheduled custodial services.  Any work for additional services must have a valid purchase order number.  

e. Contractor shall be available for emergency services.  Emergency work will be determined and authorized by CCPS.  Emergency work will be considered outside the monthly scope of services and may be paid from a separate purchase order. 

 5.6 Additional Work Authorization 

In the event that additional work is required outside of an approved, routine or scheduled service, Contractor shall not proceed without  the written approval of CCPS;  this  includes any emergencies  that may arise.   The contractor shall be forewarned that only the Administrative Director of the SEM Department may order/pay or approve work to be performed.  Each site possesses a facility manager which contractor may coordinate any on‐site and monthly services with; however, the facility manager is not authorized to order additional work.    

5.7 Site Access / Keys a. The majority of CCPS sites will have an on‐site Facility Manager that will be the point of contact for any and 

all custodial services to site.  Please note that the main contact for the project/services will always be the SEM Department.      

b. CCPS will issue gate, water and facility keys as necessary to awarded contractors.  The Facility Manager or site administrator will be the only authorized personnel on site to issue the Contractor or any contractor employee a key to any CCPS facility. Keys may be distributed by Contractor site supervisor at the beginning of each work period and returned to the appropriate supervisor at the end of each work period.    

c. Contractor shall be fully responsible for the security and appropriate use of any key issued on its behalf. Contractor shall be responsible for the replacement of any keys that is lost or damaged in its possession, including any costs incurred.    

d. Any special site keys may be made available by each individual site if necessary.  These keys will be issued at the discretion of the site.  

e. Contractor will be responsible for ensuring all perimeter doors, and gates are locked and secured at the end of each workday.   If it is determined that a building or site has been left unsecured due to negligence on the part of the Contractor, there will be a charge‐back of $100.00 per hour, time determination being from when a CCPS on‐call representative leaves his/her personal residence until when he returns from securing the site. 

Page 35: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 35 

f. In the event Contractor  loses a master key,  it shall  immediately report the  loss to the SEM Department.  CCPS may re‐key the entire site.  Under such circumstances, the cost to re‐key the site will be incurred by the  Contractor.    CCPS  will  provide  an  approved  vendor(s)  to  the  Contractor  to  have  said  re‐keying performed and/or coordinate the re‐key project and bill Contractor directly.  

g. All keys shall be returned at the expiration and/or termination of contract.  

h. At no time shall Contractor duplicate any CCPS issued key.  

5.8 Signs Contractor shall post all signs, as necessary and when applicable, that serve as notification of applied chemicals or cautionary warnings.  Contractor shall also be responsible for posting any restriction signs, when applicable, as well as notifying the school representative of any restrictions.  

5.9 Program Evaluation a. It will be the responsibility of the Contractor to provide custodial services for the  individual  locations  in 

keeping with  high  standards  for  an  educational  institution  from  the  perspectives  of  sanitation,  public relations, and protection of the physical facility.    

b. CCPS will continually monitor the progress of this contract  in terms of effectiveness and safety, and will require such changes as are necessary. The Contractor shall  take prompt action to correct all  identified deficiencies. Contractor will be evaluated no less than bi‐annually for the duration of the contract and again for any upcoming renewal periods.  Evaluations will determine if the contractor is providing an acceptable level of custodial services.  

c. Contractor administration staff will be expected to participate in monthly review meetings to discuss the overall performance of the contract, evaluation and progress of the contractor and any compliance issues or problems.   

 5.10 Correction of Services 

a. Non‐compliance  for  completeness  and  thoroughness  in  the  duties will  be  determined  by  CCPS  staff. Contractor shall promptly correct all work rejected by CCPS as defective or as  failing to conform  to  the contract documents, at no additional cost to CCPS.    

b. Contractor will be notified by CCPS personnel and will correct all deficiencies within one (1) day or on a schedule agreed upon by CCPS in writing.    

c. CCPS reserves the right to reduce any monies owed by $100.00 per man‐hour to such time as is required for any non‐compliance issues or violations of the contract by the Contractor that are not resolved.   CCPS reserves the right to have any pending or open non‐compliance issues or duties completed by other means and/or contractor(s).    

d. Failure to respond or correct deficiencies shall be cause for immediate termination of contract.  

5.11 Supplementary Specifications CCPS reserves the right to add supplementary specifications to any service(s) under this RFP.  Supplementary specifications may be for larger or special circumstances, at the time of said service.  All supplemental services must  be  approved  in writing  by  both  parties. A  price may  be  negotiated  at  the  time  if  necessary  for  any supplementary  specifications  that may alter  the  scope of work  listed herein. Performance of  supplemental services  by  company  without  prior  written  authorization may  result,  at  CCPS’s  discretion,  in  the  loss  of company’s entitlement to compensation for such services. 

   

Page 36: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 36 

Section 6 – Scope of Work Specifications   

6.1 Expectation of Service a. CCPS expects awarded Contractor(s) to recognize the intent of the specifications and scope of work listed 

herein and perform any and all duties in compliance with the scope and any of its intentions.    

b. Contractor will be expected to complete any and all services listed herein during the course of the contract and work with CCPS to evolve other duties as so assigned.  Please note that needs will vary per site and therefore services listed are a generalization of the duties that need to be addressed as applicable per site and it will be the responsibility of the Contractor to determine the needs of each site to meet or exceed the cleaning standards and expectations of CCPS.   

c. Contractor will be expected to work with CCPS staff, Facility Manager or site administrator on any special custodial needs that are required or may arise during the course of the contract.   

 6.2 Cleaning Standards 

Proposer shall at a minimum meet the following cleaning standards for any and all CCPS facilities.  Please note this list may not be all‐inclusive and is given for a level of expectation for acceptable cleaning practices.  o Wastebaskets: are  free  of  residue,  liquids,  spots and dirt.  Lids  of  plastic  containers are  free of marks, 

smudges and food remnants.  Liners are replaced daily.  

o Student  Desktops &  Tables:  are  free  of  dust,  dirt,  spots,  paint,  ink,  surface  film,  etc…   Only  open  or unoccupied areas of desktops shall be serviced.  Any wood surfaces shall be free of dust and dirt and shall be polished as necessary.  

o Furniture: All furniture (including fabric, plastic, and metal units) are  free of dust, dirt, spots, and surface film. Teacher and office desktops are NOT disturbed and any and all papers are NOT to be removed or disturbed.   Personal computers, monitors, phones, terminals, printers and keyboards are not touched by the Contractor’s employees and/or work crews unless specifically requested.  Only open areas of desktops shall be serviced.    

o Dry‐Erase  / Chalkboards: are wiped,  sanitize and cleaned daily and are  free  from marker,    chalkboards (unless states “DO NOT ERASE” w/ Date)   

o Counters: are free of dust, dirt, spots, paint, ink, film, smears, stains, and finger marks and sanitized.   

o Metal Surfaces:  are free of smears, stains, and finger marks, sanitized, clean, and polished. Sinks are rinsed and free of debris, food and spots.     

o Carpets, Rugs & Mats:  All carpets, CCPS owned rugs and mats are free of mud, dirt, smudges, marks, dust, paper and other debris.  Shall include all carpeted areas including under student, teacher and office desks, and behind doors.  

o Floors & Baseboards:    Floors (VCT, Tile, etc…)  including steps, risers, and  landings, are  free of dirt,  lint, streaks, mop  strand marks,  string, gum,  grease,  tar,  skipped  areas,  reapplied wax  etc.,  and present an overall appearance of cleanliness.  All surfaces are dry and the corners clean.  

o Walls: Walls and baseboards are free of dirt, cobwebs, lint, streaks, etc., and present an overall appearance of  cleanliness.    All  surfaces are dry  and  the  corners clean and  free of splashing and markings from any equipment. 

 

o Ceilings: Ceilings shall be free of cobwebs, spots, and streaks.  

o Blinds:  Both sides of blind slats are free of dust and water spots. Cords and tapes are clean. 

Page 37: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 37 

o Windows/Glass:  are free of all fingerprints, smears, cobwebs, dirt, dust, smudges, streaks and spots.  

o Windowsills:   are free of all cobwebs, dirt, dust, spots, streaks, and smudges.  There is no obstruction to the visibility due to improper cleaning.  

o Drinking  Fountains:    surfaces  are  clean, bright,  sanitized, and  free  of  dust,  spots,  stains,  and  streaks.  Drinking fountains shall be free of trash, ink, coffee grounds, etc., and nozzles free from encrustation.  

o Mirrors: Mirrors are clean and free of fingerprints, smears, cobwebs, dirt, dust, smudges, streaks, and spots.  

o Porcelain:  Porcelain fixtures (washbasins, urinals, toilets, etc.) are kept clean and bright; there are no spots, stains, dust,  rust, mold,  encrustation, and  excess moisture.   In washrooms with showers,  the  showers are  free  from dust,  spots,  stains,  rust, mold,  encrustation, and  excess moisture.  

o Dispensers:   All  supply  dispensers  are  filled.   Waste  and  sanitary  napkin  receptacles  are empty, clean, sanitized, and have new  liners or bags.   Additional supplies are  set out  in  the event dispensers need to be restocked before custodians service the area.  

o Outside Common Areas:    outdoor common areas (entrances, patios, stairways, bus loops, etc…) are  free of all paper, trash, empty bottles, and any other debris. 

 6.3 Cleaning Definitions 

o Buff: Remove all marks using floor machine equipment with polishing pad to maintain floor luster. o Carpet extraction: Shampoo carpeting using wet extraction machine method. o Clean: Remove all dirt, stains and marks with approved cleaner. o Daily: Work to be performed each and every day of the week. o Damp Mop: Remove all  surface dirt and stains with mop and warm water containing detergent or floor 

cleaner as required. o Damp Wipe: Remove surface dirt with damp cloth. o Disinfect: To cleanse in order to destroy disease and germs. o Disinfectant: A germicidal cleaner for microbe control. o Dust: Remove all loose dirt and debris. Specially treated cloths shall be used. o Mop: Remove all surface dirt and stains with a mop and warm water containing floor cleaner or germicidal 

disinfectant. o One Day: 24 clock hours. o Polish: Machine polish or rub with dry cloth. o Refinish: Apply proper floor coating (wax on polish or sealer) and buff. o Sanitize: To cleanse free from dirt and bacteria. o Scrub:  Remove  all  dirt,  stains  and  marks  with  an  approved  cleaner  using  a  floor  machine equipped 

with scrubbing pad. 

o Strip: Remove all accumulation of old floor finish, all surface dirt, stains and marks. Rinse and dry. o Sweep/Dust Mop: Remove all loose dirt and litter with dustless‐type sweeping tools on smooth concrete, 

tiled, and terrazzo floor; in places difficult to sweep, use hair floor brush or vacuum on other hard floors. o Vacuum: Remove all surface and embedded dirt, dust and debris using a vacuum cleaner. o Wash: Remove all dirt, stains, and marks with approved cleaner; rinse and dry. o Wax: Apply appropriate number of coats of approved floor finish.  

6.4 Classrooms  Expected services for any and all CCPS classrooms:  

a. Daily:– following services will be performed in every classroom, each service day  o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Spot Clean desk tops (removal of graffiti) o Clean and sanitize counters and sinks o Clean all dry‐erase / chalkboards (unless states “DO NOT ERASE” w/ Date)  

Page 38: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 38 

o Dust mop all composition floors o Spot mop composition floors with all‐purpose cleaner o Vacuum all carpet o Spot clean carpet as needed o Vacuum walk‐off mats o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass o Secure any exterior doors and windows and turn off lights before leaving room 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every classroom at a minimum of once per week. 

o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often if necessary 

o Low dust all horizontal surfaces to hand height including desks, chairs and tables  o Sweep, Wipe and Damp clean baseboards o Dust and Damp clean window ledges  o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass o Spot clean all door glass o Vacuum chalk rails and/or damp wipe o Mop composition floors 

 c. Monthly: Following services will be performed in every classroom at a minimum of once per month. 

o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder and/or cleaning extension tool  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Dust blinds  

d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every classroom at a minimum of twice per year no less than six (6) months apart. o Clean and scrub entire surface of all student desks and chairs o Clean and scrub entire surface of all teacher desk and chair o Clean and scrub entire cabinet/workspace all areas o Shampoo / Steam Clean all carpets* (may be performed annually) o Strip and/or Refinish all floors* 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized. 

 6.5 Offices 

a. Daily:– following services will be performed in every office, each service day  o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Dust furniture, (including fabric, plastic, and metal units) and insure they are free of dust, dirt, spots, 

and surface film. Teacher and office desktops are NOT disturbed and any and all papers are NOT to be removed or disturbed.   Personal computers, monitors, phones, terminals, printers and keyboards are not touched by the Contractor’s employees and/or work crews unless specifically requested.  Only open areas of desktops shall be serviced.   

o Dust interior window ledges o Spot clean all windows and glass partitions to hand height o Dust mop all composition floors o Spot mop composition floors with all‐purpose cleaner o Vacuum all carpet o Spot clean carpet as needed o Vacuum walk‐off mats o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass 

Page 39: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 39 

o Secure any exterior doors and windows and turn off lights before leaving room  

b. Weekly:  Following services will be performed in every office at a minimum of once per week. o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often 

if necessary o Low dust all horizontal surfaces to hand height including desks, chairs and tables  o Sweep, Wipe and Damp clean baseboards o Dust and Damp clean window ledges  o Spot clean all door glass o Damp clean window ledges o Spray buff composition floors 

 c. Monthly: Following services will be performed in every office at a minimum of once per month. 

o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder.  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Dust blinds 

 d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every office at a minimum of twice per year no less 

than six (6) months apart. o Clean and scrub entire surface of all desks and chairs, as allowable o Clean and scrub entire cabinet/workspace, furniture and other areas o Shampoo / Steam Clean all carpets* (may be performed annually) o Strip and/or Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture o Steam Clean all tile surfaces 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized. 

 6.6 Teacher Work Areas and Duplication Rooms 

a. Daily:– following services will be performed in every teacher work area/duplication rooms, each service day  o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Dust furniture, (including fabric, plastic, and metal units) and insure they are free of dust, dirt, spots, 

and surface film. Teacher and office desktops are NOT disturbed and any and all papers are NOT to be removed or disturbed.   Personal computers, monitors, phones, terminals, printers and keyboards are not touched by the Contractor’s employees and/or work crews unless specifically requested.  Only open areas of desktops shall be serviced.   

o Dust interior window ledges o Spot clean all windows and glass partitions to hand height\ o Damp clean counter tops o Damp clean vending machines o Dust mop all composition floors o Spot mop composition floors with all‐purpose cleaner o Vacuum all carpet o Spot clean carpet as needed o Vacuum walk‐off mats o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass o Secure any exterior doors and windows and turn off lights before leaving room 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every teacher work area/duplication rooms at a minimum 

of once per week. 

Page 40: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 40 

o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often if necessary 

o Low dust all horizontal  surfaces  to hand height  including desks,  chairs,  tables and  tops of vending machines 

o Sweep, Wipe and Damp clean baseboards, tops of vending machines, etc… o Damp clean window ledges o Spray buff composition floors 

 c. Monthly: Following services will be performed in every teacher work area/duplication rooms at a minimum 

of once per month. o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, 

heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder and/or cleaning extension tool.  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Dust blinds 

 d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every office at a minimum of twice per year no less 

than six (6) months apart. o Clean and scrub entire surface of all furniture, cabinets, counters, etc.., as allowable o Shampoo / Steam Clean all carpets* o Strip and/or Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized.  

6.7 Libraries/Media Centers a. Daily:– following services will be performed in every library/media center, each service day  

o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Dust furniture, (including fabric, plastic, and metal units) and insure they are free of dust, dirt, spots, 

and surface film. Teacher and office desktops are NOT disturbed and any and all papers are NOT to be removed or disturbed.   Personal computers, monitors, phones, terminals, printers and keyboards are not touched by the Contractor’s employees and/or work crews unless specifically requested.  Only open areas of desktops shall be serviced.   

o Dust interior window ledges o Spot clean all windows and glass partitions to hand height o Damp clean tables, desks, counter tops o Dust mop all composition floors o Spot mop composition floors with all‐purpose cleaner o Vacuum all carpet o Spot clean carpet as needed to remove all stains, spills and soiled spots o Vacuum walk‐off mats o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass o Secure any exterior doors and windows and turn off lights before exiting 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every library/media center at a minimum of once per week. 

o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often if necessary 

o Low dust all horizontal surfaces to hand height including desks, chairs and  tables  o Dust all book shelves (books to remain in place) o Sweep, Wipe and Damp clean baseboards o Damp clean window ledges 

Page 41: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 41 

o Spray buff composition floors  c. Monthly: Following services will be performed  in every  library/media center at a minimum of once per 

month. o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, 

heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder and/or cleaning extension tool.  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Dust blinds  

d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every library/media center at a minimum of twice per year no less than six (6) months apart. o Clean and scrub entire surface of all furniture, cabinets, counters, etc.., as allowable o Shampoo / Steam Clean all carpets* o Strip and/or Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized. 

 6.8 Cafeteria Areas 

a. Daily: following services will be performed in every cafeteria/cafeteria area, each service day when school is in session and students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Remove trash/recyclables from cafeteria area o Spot clean interior glass to hand height after school hours o Clean during lunch periods (wipe down tables, empty trash, and clean up spills) o Sweep entire floor and mop 

 b. Semi‐Annually: Following services will be performed in every cafeteria/cafeteria area at a minimum of twice 

per year no less than six (6) months apart. o High dust above hand height horizontal  surfaces,  including  shelves,  ceiling, moldings, pipes, ducts, 

heating outlets, etc… (every other month or as often as necessary) o Remove dust and cobwebs from ceiling areas (every other month or as often as necessary) o Clean and scrub entire surface of all furniture, cabinets, counters, etc.., as allowable o Shampoo / Steam Clean all carpets* o Strip and/or Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized.   

Page 42: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 42 

6.9 Common Areas (Lobbies/Corridors/Stair/ Elevators) a. Daily: following services will be performed in every common area, each service day when school is in session 

and students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Dust furniture, (including fabric, plastic, and metal units) and insure they are free of dust, dirt, spots, 

and surface film. Teacher and office desktops are NOT disturbed and any and all papers are NOT to be removed or disturbed.   Personal computers, monitors, phones, terminals, printers and keyboards are not touched by the Contractor’s employees and/or work crews unless specifically requested.  Only open areas of desktops shall be serviced.   

o Dust interior window ledges o Spot clean all windows and glass partitions to hand height o Spot clean interior glass partitions and doors o Clean and sanitize water fountains o Damp clean tables, desks, counter tops o Dust mop all composition floors o Spot mop composition floors with all‐purpose cleaner o Vacuum all carpet o Spot clean carpet as needed to remove all stains, spills and soiled spots o Vacuum walk‐off mats o Clean under entrance mats daily, inside and out o Sweep underneath stairs o Spray and buff all composition floor (or as needed) o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, handles, railings and glass 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every common area at a minimum of once per week. 

o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often if necessary 

o Low dust all horizontal surfaces to hand height including desks, chairs and  tables  o Dust all book shelves (books to remain in place) o Sweep, Wipe and Damp clean baseboards o Damp clean window ledges o Spray buff composition floors 

 c. Monthly: Following services will be performed in every common area at a minimum of once per month. 

o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder.  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Dust blinds o Remove dust and cobwebs from ceiling areas o Clean all hall walls (more often if needed)

d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every common area at a minimum of twice per year 

no less than six (6) months apart. o Clean and scrub entire surface of all furniture, cabinets, counters, etc.., as allowable o Shampoo / Steam Clean all carpets* o Strip and Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) o Clean all outside windows  including 2nd story windows that can be reached from a 6’  ladder and/or 

serviced utilizing a power sprayer/ wand extension to reach those heights.    

Page 43: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 43 

*Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized.  

6.10 Restrooms / Dressing Rooms / Locker Rooms a. Daily: following services will be performed in every restroom/dressing room/locker room, each service day 

when school is in session and students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Restrooms shall be monitored and checked throughout the school day o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Clean, sanitize, and polish all vitreous fixtures including toilet bowls, urinals and hand basins o Clean and polish chrome fittings o Clean and sanitize toilet seats o Clean and polish glass and mirrors o Wash and sanitize exterior of containers o Remove spots, stains and splashes from wall area and counter tops o Clean metal partitions o Sweep floors o Mop floors with germicidal disinfectant at least daily and as often as needed o Fill expendable supplies in restroom dispensers o Wash and sanitize metal partitions o Remove fingerprints from doors, frames, light switches, kick plates, push plates, handles, railings, glass, 

etc…  b. Weekly:  Following services will be performed in every restroom/dressing room/locker room at a minimum 

of once per week. o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often 

if necessary o Low dust horizontal surfaces to hand height o Damp clean baseboards o Clean all walls thoroughly with cleaning and sanitizing solution (more if necessary) o Wash and sanitize interior of wastebaskets 

 c. Monthly: Following services will be performed in every restroom/dressing room/locker room at a minimum 

of once per month. o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, 

heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder.  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Machine scrub floors with germicidal disinfectant 

 d. Semi‐Annually: Following services will be performed  in every  restroom/dressing  room/locker  room at a 

minimum of twice per year no less than six (6) months apart. o Strip and/or Refinish all floors* o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) 

 *Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized.  

   

Page 44: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 44 

6.11 Multi‐Purpose / Gymnasium / Weight / Training Rooms a. Daily: following services will be performed in every multi‐purpose / gymnasium / weight room / training 

room, each service day when school is in session and students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Clean and polish glass and mirrors o Remove spots, stains and splashes from wall area and counter tops o Sweep floors o Mop floors with germicidal disinfectant as often as needed or when areas are available (may need to 

do on non‐student days to avoid traffic) o Fill any expendable supplies in dispensers as necessary o Remove fingerprints from doors, frames, light switched, kick plates, push plates, handles, railings, glass, 

etc… o Dust mop floors with chemically treated mop per manufacturer’s specifications or vacuum all carpeted 

areas o Spot mop composition floors o Spot clean carpeted areas and remove any stains, spills or soiled spots 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every multi‐purpose / gymnasium / weight room / training 

room at a minimum of once per week. o Replace all plastic trash liners in waste receptacles at a minimum of 2‐3 times per week or more often 

if necessary o Low dust horizontal surfaces to hand height o Damp clean baseboards o Clean all walls thoroughly with cleaning and sanitizing solution (more if necessary) o Clean bleachers, remove all trash, sweep, mop and clean floor  underneath o Clean, damp clean any equipment as necessary (vinyl benches, gymnasium seats, etc…)  

 c. Monthly: Following services will be performed in every multi‐purpose / gymnasium / weight room / training 

room at a minimum of once per month. o High  dust  above  hand  height  horizontal  surfaces,  including  shelves,  pipes, moldings,  pipes,  ducts, 

heating outlets and vents, etc. with a 6’ ladder and/or cleaning extension tool  (CCPS personnel will be responsible for areas higher than a 6’ ladder) 

o Remove dust and cobwebs from ceiling areas  o Scrub composition floors, as needed 

 d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every multi‐purpose / gymnasium / weight room / 

training room at a minimum of twice per year no less than six (6) months apart. o Strip and Refinish all composition floors* (to include rubber‐composite gym floors, weight room floors, 

etc…) – This service performed annually o Steam clean all upholstered furniture (as necessary) o Steam Clean all tile surfaces (as necessary) 

 

*Carpets and floors will be serviced at a time when building occupancy is at a minimum and there will be sufficient time to allow for drying before being utilized. 

Please note all gymnasium wood floors are refinished by CCPS personnel and not included in this RFP.     

Page 45: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 45 

6.12 Nutrition Services / Kitchen Areas Nutrition Service kitchens and its contents will be cleaned by CCPS staff. However, Contractor will be expected to perform certain cleaning services to CCPS’s Nutrition Services areas as outlined below.    a. Daily: following services will be performed in every nutrition service / kitchen area each service day when 

school is in session and students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Clean, maintain and monitor pulper room and pulper (or thermocompactor) where applicable. o Remove trash and recyclables from back door area and place in appropriate dumpsters o Clean and sanitize employee restrooms and stock as necessary 

 b. Weekly:  Following services will be performed in every nutrition service / kitchen area at a minimum of once 

per week. o Clean trash cans and trash can washing area 

 c. Monthly: Following services will be performed  in every nutrition service / kitchen area at a minimum of 

once per month. o Clean outside back door area, receiving area and dumpster pad o Clean high tiled wall areas in kitchens 

 d. Semi‐Annually: Following services will be performed in every nutrition service / kitchen area at a minimum 

of twice per year no less than six (6) months apart. o Clean all windows, inside and out o Clean ceiling fans, vents and vans o Power scrub and de‐lime floors o Clean heights utilizing a 6’ ladder and/or cleaning extension tool 

 **Please note that the washer/dryers located in any Nutrition Service area is at no time to be utilized by the Contract.  Failure to comply may result in termination of contract.** 

 6.13 Grounds Areas(Lawns/sports fields/playgrounds/loading docks/break areas) 

a. Daily: following services will be performed for every ground area, each service day when school is in session and/or students and/or staff are present.  As necessary during non‐student contact days. o Empty garbage/recycling wastebaskets – Replace liners 2‐3 times per week or more often if necessary. o Remove trash and debris from grounds, to include the sweeping and picking up of debris on any and 

all sidewalks and walkways o Sweep entrances, doorways, walkways, steps and curbs o Remove any graffiti from outside walls and sidewalks o Remove spots, stains and splashes from wall area and counter tops o Sweep/Vacuum any outdoor mats as necessary o Clean, damp clean any outdoor furniture as necessary 

 b. Semi‐Annually: Following services will be performed for ground areas, at a minimum of twice per year no 

less than six (6) months apart unless otherwise specified. o Pressure wash all entrance areas and other common outdoor areas as necessary o Contractor shall clean all outside gutters, roof drains and down spouts.  Must perform this service at 

least once prior to the rainy season, which generally commences Mid‐April.  

6.14 Custodial Restrictions  Contractor shall further instruct its staff to adhere to the following:  

1. Not disturb papers on desks, open drawers or cabinets  

Page 46: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 46 

2. Not to utilize CCPS staff computers, printers, copy machines, fax machines, television sets, coffee pots, microwave ovens, stoves, or refrigerators, nor shall they tamper with any personal or CCPS property.  CCPS will allow the use of said items in designated custodial break rooms or other areas as approved by the Facility Manager and/or Site Administrator.  

 3. CCPS telephones shall not be used for personal reasons unless it is to report an emergency (911) 

or to report any maintenance needs to site Facility Manager.  

4. Contractor staff shall not utilize CCPS property or facilities for personal use and/or without proper authorization. 

 5. Contractor staff shall not utilize CCPS washer/dryer units for personal use. 

 6. Any  unauthorized  usage  or  tampering  of  CCPS  items,  equipment,  documents,  etc… by  the 

Contractor will be grounds for immediate termination of the contract.  

Non‐compliance or continual non‐compliance shall be grounds for termination of contract.  

6.15 Special Events During the course of the contract there will be several school/site related, scheduled events that will be covered for custodial services under this RFP.  These include but are not limited to: sporting events (games, competitions, practices, etc…,  school based  concerts, PTA/PTO meetings, other  School/Parent meetings, Board Meetings, Ceremonies, etc…   Contractor will provide all services as necessary for these events to  include the following services. 

o Remove trash and debris from grounds o Sweep entrances, doorways, walkways, steps and curbs o Remove any graffiti from outside walls and sidewalks o Remove spots, stains and splashes from wall area and counter tops o Sweep/Vacuum any outdoor mats as necessary o Clean, damp clean any outdoor furniture as necessary o Maintain  clean  restrooms,  common  areas,  trash  cans  and  area  around  concession  stands. Replace 

liners as necessary or empty altogether at the end of the event. o Monitor all restrooms, mop floor, spot clean sinks, vanities, counter tops, mirrors, floors, and walls, 

pick up paper and flush commodes and urinals, and take out trash/recyclables o Spray buff halls o Pick up trash outside of building at least one (1) time during event and after completion of event o Clean and mop any accident that may occur during event o Maintain all window shades at same height o Respond to clean up request by Facility Manager, site Administrator or other CCPS personnel o Assist with any set up and take down of event as necessary 

 6.16 Additional non‐School Related Events / Labor Rates 

During the course of the contract there will be several non‐school related, scheduled and unscheduled events that Contractor will provide additional custodial services for.  These include but are not limited to: leases, youth organization (boy scouts), after school child care, emergency shelters, etc…  For these purpose, Proposer shall provide labor rates for custodial services to cover any and all services as necessary for these events.  Labor rates will be supplied per the items listed herein or similar.  

6.17 Light Maintenance Contractor will be required to accomplish minor maintenance within each individual facility.  The responsibilities will be accomplished on an as required basis and will be at the specific instruction of the site Facility Manager, Principal or Administrator.  All maintenance related supplies, equipment and/or tools will be provided by CCPS.  

Page 47: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 47 

The  following  job  responsibility  outline  is  a  sample  overview  for  the  nature  of maintenance  activities  and responsibilities that will be required of and performed by the custodians at each location. 

o Replace light bulbs. o Replace ceiling tiles when required. o Cut off water supply until maintenance employees can respond. o Assist  maintenance  employees  in  monitoring  mechanical  and  electrical  rooms  for  mechanical 

problems. o Clean all HVAC return and supply air grills in all classrooms and common areas on a monthly basis. o Clean electrical rooms and storage closets o Assist Facility Manager, Principal, and/or other CCPS staff with the moving of furniture and set‐up for 

events  

6.18 Trash / Recycling All  trash  collected by  the  contractor  shall be discarded  into CCPS provided dumpster or bin designated  for garbage, located at each site.  CCPS will be responsible to insure bins are emptied on a regular basis.  All  CCPS  sites  are  on  a  recycling  program*  and  have  several  multiple  receptacles  throughout  the  sites.  Contractor will  be  responsible  for  emptying  receptacles  each night  and  keeping  recyclables  separate  from garbage.   Contractor will be  responsible  for discarding  recyclables  in  a CCPS provided  recycling bin  and/or dumpster.  Recycle bins will be clearly labeled and marked and CCPS will be responsible to insure the bins are emptied on a regular basis.    * Contractor will be  responsible  for  the breakdown of all cardboard boxes as necessary, prior  to disposal  in designated recycling container(s). 

 6.19 Floor Cleaning Schedule 

Contractor must submit a schedule  to  facility manager or site administrator of when each area’s  floors and carpets will be serviced and the type of service that will be performed (i.e. strip & re‐wax, carpet shampooed, steam, etc…).   Contractor will be held  to  the  schedule  that  is  submitted and must perform  the  services as scheduled.   Facility Manager may assist with coming up with a schedule to  insure all areas and services are performed and that they do not interfere with other activities, classes, sporting events, etc… that may be going on.  The facility manager will inform the respective departments, per the Contractor’s schedule, of when their areas will be cleaned.   CCPS employees will be asked  to remove minor  loose  items  from  the  floor  that may interfere with the cleaning and/or service being performed.    A  floor schedule  form shall be created,  for each site.   Proposer shall submit with  its proposal as part of  its approach  and  understanding  to  the  services  a  sample  of  a  floor  cleaning  schedule. When  the  contractor performs the scheduled service, it will provide a signature and date of service.  The facility manager and/or site administrator will then inspect said service and also sign as acceptance of services provided.  Failure to maintain floor  cleaning  records may be  cause  for  rejection of proposal or  an unsatisfactory performance  rating and possible termination of contract. 

 6.20 Modifications or changes to Scope of Work 

Proposers shall understand that this RFP  is for the general custodial services for all CCPS sites.   All custodial duties  listed herein  are  anticipated duties  that  are  required; however,  this  scope  of work may not be  all inclusive of all custodial duties that may be rendered over the course of the contract.  Changes to this scope of work may occur once the Contractor has commenced its services.  Contractor must be willing to work with CCPS  in developing the best custodial routine(s) for all of  its sights and be willing to work with each Facility Manager and/or Site Administrator to develop the best services, practices and schedules for each individual site. 

    

Page 48: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 48 

Section 7 – Pricing Specifications  

7.1 Proposal Pricing Contractor shall provide pricing that includes all items necessary for the proper execution and completion of the services requested under this RFP.  No additional charges or hidden costs shall be allotted during the course of the contract.  All pricing submitted will be firm for the duration of the contract.  Pricing shall be submitted on the attached sheet (or similar) in the following manner: 

 a. Custodial Services per Square Foot* 

Proposer  shall  provide  a  fixed,  all‐inclusive  annual**  square  footage  price  to  perform  the  necessary custodial services for each of the CCPS’s sites as listed.   

 *Square  footages  listed  are  the  most  recent  and  up  to  date  information  available  to  CCPS.    After commencement of contract if it is discovered there are any discrepancies in square footages, then pricing may be adjusted accordingly.  **Annual = 12 months, 1 calendar year.  

b. Labor Rates i. Contractor shall supply hourly labor rates for any and all additional services or work that falls outside 

the main scope of this RFP or for work at the request of CCPS. Rates shall be provided for the specific custodial staff as listed.  Proposer may provide additional trades or rates if it deems necessary.  All labor rates shall  include all supervision,  labor costs, equipment, machinery,  insurances, overhead, vehicle use charges, profit, travel time, mileage; and all tools, chemicals, materials and hand tools and all other items necessary for satisfactory service.   

 ii. Labor pricing will be given for standard hours which will be Monday through Friday 7am to 5pm and 

non‐standard (OT) hours as anytime thereafter or holidays recognized by CCPS. All rates will be fixed for the term of the contract.   

 iii. All hourly rates and times shall start on the “job site”.  Any travel time expenses shall be borne by the 

Contractor and will not be reimbursed by CCPS.    

7.2 Pricing Sheets Contractor shall provide pricing as described herein.  Pricing sheets shave been provided to demonstrate the sites and costs that must be submitted with proposal.   The sheets are provided for convenience and ease of understanding the pricing schedule submitted.  Proposer may use additional or alternate sheets but format shall be the same and include pricing as described herein.  

    

Page 49: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 49 

RFP #17‐024 Custodial Services‐ PRICING & RFP SHEET               

The proposer represents herewith that it is aware of the working conditions, has carefully reviewed the proposal and  specifications, has checked and certifies  the accuracy of  the RFP.   The  following Pricing and RFP  sheets  (or similar) are provided to assist bidder in submitting a complete package; however these sheets are not the only items necessary to complete a full package.  Proposer shall submit all requirements as outlined within the entire RFP.   

Name of Proposer:                  A. The bidder hereby offers to furnish all  labor, equipment, materials, appurtenances and services required for 

Custodial Services, all in accordance with this RFP.  Pricing shall be based on an annual* per square foot charge per site.  Proposer shall provide its annual* per sq. foot price x the total square footage for an annual* price per site.  *Annual = 12 months, 1 calendar year.  

i. Elementary Schools  

#  Abr  Site  PSF Annual Price   Total Sq. Footage 

Annual Price 

1  AVE  Avalon  $  X  87,159  $ 

2  BCE  Big Cypress  $  X  126,280  $ 

3  CPE  Calusa Park  $  X  162,587  $ 

4  CES  Corkscrew  $  X  132,855  $ 

5  EPE  Eden Park  $  X  119,564  $ 

6  EES  Estates  $  X  136,945  $ 

7  GGE‐N  Golden Gate ‐ North  $  X  108,149  $ 

8  GGE‐S  Golden Gate ‐ South  $  X  68,648  $ 

9  GTE‐N  Golden Terrace ‐ North  $  X  95,943  $ 

10  GTE‐S  Golden Terrace ‐ South   $  X  78,594  $ 

11  HLE  Highlands   $  X  132,650  $ 

12  LPE  Lake Park   $  X  87,109  $ 

13  LTE  Lake Trafford  $  X  136,659  $ 

14  LOE  Laurel Oak  $  X  103,273  $ 

15  LES  Lely   $  X  127,211  $ 

16  MES  Manatee  $  X  110,049  $ 

17  MDE  Mike Davis  $  X  126,345  $ 

18  NPE  Naples Park  $  X  98,873  $ 

19  OES  Osceola  $  X  141,815  $ 

Page 50: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 50 

#  Abr  Site  PSF Annual Price   Total Sq. Footage 

Annual Price 

20  PSE  Parkside  $  X  127,212  $ 

21  PLE  Palmetto  $  X  125,054  $ 

22  PME  Pelican Marsh  $  X  141,452  $ 

23  PCR  Pinecrest  $  X  125,430  $ 

24  PES  Poinciana  $  X  108,139  $ 

25  SPE  Sabal Palm  $  X  132,994  $ 

26  SGE  Seagate  $  X  117,580  $ 

27  SLE  Shadowlawn  $  X  92,657  $ 

28  TBE  Tommie Barfield  $  X  111,921  $ 

29  VME  Veterans’ Memorial  $  X  154,999  $ 

30  VOE  Village Oaks   $  X  116,129  $ 

31  VES  Vineyards  $  X  132,326  $ 

  

ii. Middle Schools  

#  Abr  Site  PSF Annual Price Total Sq. Footage 

Annual Price

32  CMS  Corkscrew  $  X  156,030  $ 

33  CPM  Cypress Palm  $  X  170,529  $ 

34  ENM  East Naples  $  X  145,318  $ 

35  GGM  Golden Gate  $  X  160,585  $ 

36  GVM  Gulfview  $  X  95,556  $ 

37  IMS  Immokalee  $  X  187,546  $ 

38  MMS  Manatee  $  X  170,090  $ 

39  NNM  North Naples  $  X  152,113  $ 

40  OMS  Oakridge  $  X  169,728  $ 

41  PRM  Pine Ridge  $  X  148,626  $ 

  

 

Page 51: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 51 

iii. High Schools  

#  Abr  Site  PSF Annual Price Total Sq. Footage 

Annual Price

42  BCH  Barron Collier  $  X  289,542  $ 

43  GGH  Golden Gate  $  X  363,876  $ 

44  GCH  Gulf Coast  $  X  356,275  $ 

45  IHS  Immokalee  $  X  257,340  $ 

46  LHS  Lely  $  X  253,803  $ 

47  LWH  Lorenzo Walker  $  X  59,142  $ 

48  NHS  Naples  $  X  301,992  $ 

49  PRH  Palmetto Ridge  $  X  376,760  $ 

  iv. Other CCPS School Locations 

 

#  Abr  Site  PSF Annual Price Total Sq. Footage 

Annual Price

50  ALT  Alternative Schools  $  X  23,310  $ 

51  BEC  Bethune Education Center  $  X  34,851  $ 

52  EVG  Everglades City School  $  X  76,728  $ 

53  ITC  Immokalee Technical College  $  X  103,808  $ 

54  LWIT  Lorenzo Walker Technical College  $  X  187,563  $ 

  

i. CCPS Administration & Support Locations  

#  Abr  Site  PSF Annual Price Total Sq. Footage 

Annual Price

55  ADM Dr. Martin Luther King, Jr. Administrative Center 

$  X  124,784  $ 

56  MNT  Maintenance Department  $  X  21,121  $ 

57  PDC Professional Development Center (located at Gulfview Middle) 

$  X  18,267  $ 

58  TRNS‐N  Transportation – Naples Annex  $  X  23,162  $ 

59  TRNS‐S  Transportation – South Annex  $  X  9,434  $ 

60  TRNS‐I  Transportation – Immokalee Annex  $  X  14,000  $ 

61  WHS  Warehouse  $  X  19,812  $ 

 

Page 52: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 52 

B. Total Annual Bid for All Sites:        $         

C. Labor Rates  Please provide labor rates for all additional services not included herein.   

 

Trade  Standard Hourly Rate Non‐Standard Hourly Rate 

Elementary Site Custodian  $  $ 

Middle School Site Custodian  $  $ 

High School Site Custodian  $  $ 

Other CCPS School Location Site Custodian  $  $ 

CCPS Administration & Support Location Site Custodian 

$  $ 

 Additional Charges/Comments (use additional paper if necessary):                                                                           

Page 53: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 53 

Appendix 1 – Head Custodian / Daytime Custodian Job Descriptions              

Head Custodian ‐ The Head Custodian per site shall strive to contribute to the efficient operation of the site or school by supervising staff, performing custodial duties and act as a liaison between custodial staff and CCPS personnel. Performance responsibilities include but not be limited to:  

1. Supervise all custodial personnel, both daytime and nighttime staff. 2. Secure the building(s) and site at the end of the day as directed by the Principal, Facility Manager or Site 

Administrator. 3. Immediately report any problems or  issues with heat and cooling equipment to Facility Manager or Site 

Administrator. 4. Inspect the building exterior for possible unauthorized entrance and/or vandalism. 5. Insure custodians complete tasks as assigned including any and all responsibilities of the Daytime Custodian. 6. Make minor repairs, tighten all loose screws, and replace light bulbs as required. 7. Keep mechanical/electrical rooms clean. 8. Know where  all  fuse  boxes,  breaker  boxes,  and  light  switches  are  located,  so  circuits  can  be  cut  off 

immediately in the event of fires. 9. Be familiar with all the emergency fire alarms and AEDs in the building and facilities. 10. Take  care  of  emergencies  and  any  other work  as  directed  by  the  Principal,  Facility Manager  or  Site 

Administrator. 11. Report any and all problems, issues and emergencies immediately upon discovery. 12. Complete other small task or duties as so assigned during the day by the Principal, Facility Manager or Site 

Administrator.  

 Daytime Custodian ‐ The Daytime Custodian per site shall strive to contribute to the efficient operation of the site or  school by performing  custodial duties  and  assisting CCPS personnel with  custodial needs before  and during operating hours. Performance Responsibilities include but not be limited to:  

1. Open the building each morning as directed by the Principal, Facility Manager or Site Administrator. 2. Immediately report any problems or  issues with heat and cooling equipment to Facility Manager or Site 

Administrator. 3. Inspect the building exterior for possible unauthorized entrance and/or vandalism. 4. Complete custodial duties, including but not limited to: 

Dust mop halls and clean entrance mats after children are in the classroom. 

Pick up paper and other debris from inside building, parking areas, and school grounds. 

Sweep entranceways.  

Clean up after sick children. 

Assist in receiving deliveries of storeroom materials. 

Spray buff main halls a minimum of once a week. 

Assists with the moving of furniture and setting up for events. 

Monitor restrooms throughout the day. 5. Make minor repairs, tighten all loose screws, and replace light bulbs as required. 6. Keep mechanical/electrical rooms clean. 7. Know where  all  fuse  boxes,  breaker  boxes,  and  light  switches  are  located,  so  circuits  can  be  cut  off 

immediately in the event of fires. 8. Be familiar with all the emergency fire alarms and AEDs in the building and facilities. 9. Take  care  of  emergencies  and  any  other work  as  directed  by  the  Principal,  Facility Manager  or  Site 

Administrator. 10. Report any and all problems, issues and emergencies immediately upon discovery. 11. Complete other small task or duties as so assigned during the day by the Principal, Facility Manager or Site 

Administrator.   

Page 54: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 54 

Appendix 2 – Chemical Recommendations                   

This list is comprised of the majority of the cleaning products, brands and types of chemicals that have been utilized and are approved for use within CCPS.  This list may not be all‐inclusive and is provided to show the level of quality that is expected to be used by the Contractor.  Dispensing system 

Manufactuerer: Hillyard  Website: www.hillyard.com  

 

1. Multi‐Purpose Cleaner ‐ Hillyard Assurance 2. Window Cleaner – Hillyard Windo‐Clean 3. Neutral Cleaner – Hillyard Super Shine All 4. Floor & Wall Cleaner – Hillyard Top Clean 5. Disinfectant Cleaner – Hillyard RE‐JUV‐NAL 6. Floor Spray Buff – Hillyard Restorer 7. Green Window Cleaner – Hillyard Green Select Glass Cleaner 8. Green Multi‐Purpose Cleaner – Hillyard Suprox   

  Other Items: 

1. Aerosol Disinfectant Spray – Health Disinfectant, 20oz. Cans.   2. Carpet Shampoo – Brite Rug, Alpha Chemical, 1‐gallon container 3. Carpet Spotter ‐  Breakdown, Alpha Chemical, 1‐gallon container 4. Floor Buffer – Glossy Spray Buff, Alpha Chemical, 1‐gallon container 5. Drain Solvent – Theochem / Fumeless #996, 1‐gallon containers. 6. Floor Finish – Maxima 2000, Alpha Chemical, 5‐gallon containers. 7. Floor Stripper –Cutter Floor Stripper, Alpha Chemical, 5‐gallon containers.  8. Graffiti/Vandalism Remover – Graph‐it‐out, Alpha Chemical, 20oz. aerosol can. 9. Gum Remover – Claire Chewing gum remover, 14oz. aerosol can. 10. Laundry Detergent – Tide, 264oz. 11. Odor Eliminator Enzymes – Alpha Zymes, Alpha Chemical, quart containers. 12. Sanitizer, Odorless, Multi‐Purpose – Pepcocide, 1‐gallon containers. 13. Scouring Powder – Ajax, 21oz containers.   14. Stainless Steel Cleaner, Aerosol – Sheila Shine, Aerosol 10oz. cans.   15. Stainless Steel Cleaner, Liquid – Sheila Shine, 1 gallon containers. 16. Tile Cleaner – Aqua Products, Heavy‐duty Quarry Tile Cleaner, 1‐gallon containers. 17. Tile Grout Cleaner –Wepak Corporation, Slash Tile & Grout Cleaner, 1‐gallon containers. 18. Toilet Cleaner – Bowl Brite, 1 quart containers.   

   

 

   

Page 55: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 55 

Appendix 3 – Custodial Paper Products & Supplies Specifications              

Below are the minimum specifications the Contractor is expected to supply to CCPS for custodial paper products and supplies.   Toilet Tissue  Toilet tissue shall be clean and free of lint, foreign matter and defects with no objectionable odor.  It shall have no injurious effect on the skin with a crepe or semi‐crepe finish.  Tissue shall be perforated so that the sheets can be easily detached.  Rolls shall be evenly and tightly wound on a pasteboard core sufficiently rigid to withstand transport and normal use.  The edges of the roll shall not extend beyond the core.  The first sheet shall be affixed to the sheet beneath; the beginning of the roll shall be visible and easy to start.  Soft, absorbent 2‐ply tissue.  To be made from 100% recycled fibers.  Sheet size = 4” x 3 ¾”, 865 sheets per roll, 36 rolls per case.   Standard of Quality:  Renown REN06125‐WB. Estimated Use: 8,000 cases (36 rolls per case)  Paper Towels, Multifold Paper towels shall be multifold and be clear and free of foreign matter and defects with no objectionable odor.  It shall have no injurious effect on the skin with a crepe or semi‐crepe finish.  Towels must be compatible with current CCPS dispensers and shall not jam dispensers. Bundles shall have a paper‐packing band and edges shall be smooth.  Towels shall be natural unbleached.  There shall be 250 sheets per pack and 16 packs per case.  Sheet size = 9 ⅛”W x 9 ½”L Standard of Quality: EcoSoft Multifold Paper Towel 48000. Estimated Quantity: Use: 14,000 cases  Paper Towels, Roll (where applicable) Paper towel rolls shall be clear and free of foreign matter and defects with no objectionable odor.  It shall have no injurious  effect  on  the  skin with  a  crepe  or  semi‐crepe  finish.    Towels must  be  compatible with  current  CCPS dispensers and shall not jam dispensers.  Towels shall be natural unbleached and made from 100% recycled fiber.  Rolls shall be 800’ long and approximately 8” wide and come in cases of 6.   Standard of Quality: EcoSoft Controlled Roll 31300. Estimated Quantity: Use: 100 cases  Trash Liners CCPS has approved the following brand, model number and sizes for trash liners: 

1. 15 gallon – Renown, #REN11500‐CA. 2. 33 gallon – Renown, #REN13315‐CA. 3. 40‐45 gallon – Renown, #REN14535‐CA. 4. 56 gallon – Renown, REN#15602‐CA. 5. Sanitary Napkin Wax Bags – Hospeco, #KL260, 500/case. 

 Hand Soap CCPS has made an effort to standardize a foam hand soap and dispenser, however many sites may have different soap cartridges that may require liquid soap.  The contractor will be required to supply anti‐bacterial/anti‐microbial soap that is compatible with current dispensers and/or standardized the hand soap to one FOAM soap brand/type through CCPS.  Listed below are acceptable soaps utilized throughout CCPS. 

1. Foam Soap – Rubbermaid Enriched Foam Hand Wash, #3486561 2. Liquid Soap ‐ Sky Cartridge Soap 1000ml, #7731. 3. Liquid Soap – Star liquid soap, 1‐gallon. 

     

Page 56: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 56 

Appendix 4 – Site Specific Information                   

Sites and contact information for CCPS sites.  Elementary School Sites  

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

1  AVE Avalon Elementary 3300 Thomasson Drive Naples 34112 

Scott Galloway(239) 377‐6208 [email protected]  

550  2,655  84,504  87,159 

2  BCE Big Cypress Elementary 3250 Golden Gate Blvd. W Naples 34120 

Ricky Brito(239) 377‐6308 [email protected]  

862  2,490  123,790  126,280 

3  CPE Calusa Park Elementary 4600 Santa Barbara Blvd. Naples 34104 

Freddy Caballeros(239) 377‐6408 [email protected]  

827  5,400  157,187  162,587 

4  CES Corkscrew Elementary 1065 CR 858 Naples 34120 

Herncy Poteau(239) 377‐6508 [email protected]  

644  5,279  127,576  132,855 

5  EPE Eden Park Elementary 3655 Westclox Street Immokalee 34142 

Chris Luque(239) 377‐9208 [email protected]  

742  3,665  115,899  119,564 

6  EES Estates Elementary 5945 Everglades Blvd N Naples 34120 

Robert Maine(239) 377‐6608 [email protected] 

568  5,833  131,112  136,945 

7  GGE‐N Golden Gate Elem ‐ North 4911 20th Place SW Naples 34116 

Terry Paquette(239) 377‐6908 [email protected]  

967  2,098  106,051  108,149 

8  GGE‐S Golden Gate Elem ‐ South 5055 20th Place SW Naples 34116 

Terry Paquette(239) 377‐6908 [email protected]  

Included w/ GGE N 

1,989  66,659  68,648 

9  GTE‐N Golden Terrace Elem ‐ North 2711 44th Terrace SW Naples 34116 

Izzy Gonzalez(239) 377‐7008 [email protected]  

1,056  2,376  93,567  95,943 

10  GTE‐S Golden Terrace Elem ‐ South 2965 44th Terrace SW Naples 34116 

Izzy Gonzalez(239) 377‐7008 [email protected]  

Included w/ GTE N 

2,280  76,314  78,594 

11  HLE Highlands Elementary 1101 Lake Trafford Rd Immokalee 34142 

Matias Rios(239) 377‐7108 [email protected]  

759  2,664  129,986  132,650 

12  LPE Lake Park Elementary 1295 14th Avenue N Naples 34102 

Jose Roque(239) 377‐0270 [email protected]  

524  2,514  84,595  87,109 

13  LTE Lake Trafford Elementary 3500 Lake Trafford Rd Immokalee 34142 

Joe Gutierrez(239) 377‐7308 [email protected]  

718  2,649  134,010  136,659 

14  LOE Laurel Oak Elementary 7800 Immokalee Rd Naples 34119 

Richard Roda(239) 377‐7408 [email protected]  

866  2,302  100,971  103,273 

15  LES Lely Elementary 8125 Lely Cultural Pkwy Naples 34113 

Guillermo Amador(239) 377‐7508 [email protected]  

669  2,371  124,840  127,211 

16  MES Manatee Elementary 1880 Manatee Rd Naples 34114 

Paul Curry (239) 377‐7608 [email protected] 

802  2,390  107,659  110,049 

17  MDE Mike Davis Elem 3215 Magnolia Pond Drive Naples 34116 

Elizabeth Mosquera(239) 377‐9008 [email protected]  

728  3,410  122,935  126,345 

18  NPE Naples Park Elementary 685 111th Ave N Naples 34108 

Luis Gutierrez(239) 377‐7708 [email protected]  

522  1,858  97,015  98,873 

19  OES Osceola Elementary 5770 Osceola Trail Naples 34109 

Mike Fernandez(239) 377‐7808 [email protected]  

675  5,691  136,124  141,815 

Page 57: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 57 

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

20  PSE Parkside Elementary 5322 Texas Avenue Naples 34113 

Steve Webster(239) 377‐8908 [email protected]  

778  3,410  123,802  127,212 

21  PLE Palmetto Elementary 3000 10th Ave SE Naples 34117 

Rob Rogers(239) 377‐1428 [email protected] 

500  3,381  121,673  125,054 

22  PME Pelican Marsh Elem. 9480 Airport Rd N Naples 34109 

Ken Nelson(239) 377‐7908 [email protected]  

776  3,653  137,799  141,452 

23  PCR Pinecrest Elementary 313 9th Street S Immokalee 34142 

Clemente Quintanilla(239) 377‐8008 [email protected]  

716  2,376  123,054  125,430 

24  PES Poinciana Elem 2825 Airport Rd S Naples 34105 

Jeff Zimmerman(239) 377‐8108 [email protected]  

682  1,976  106,163  108,139 

25  SPE Sabal Palm Elementary 4095 18th Ave NE Naples 34120 

Eddie Burgos(239) 377‐8208 [email protected]  

590  5,691  127,303  132,994 

26  SGE Seagate Elementary 650 Sea Gate Drive Naples 34103 

Ron Dendy(239) 377‐8308 [email protected]  

756  2,849  114,731  117,580 

27  SLE Shadowlawn Elementary 2161 Shadowlawn Drive Naples 34112 

Alvin Sotomayor(239) 377‐8408 [email protected]  

567  2,131  90,526  92,657 

28  TBE Tommie Barfield Elementary 101 Kirkwood St Marco Island 34145 

Dan Dupuis(239) 377‐8508 [email protected]  

558  3,604  108,317  111,921 

29  VME Veterans Memorial Elementary 15960 Veterans Memorial Blvd Naples 34110 

Kevin Mendez(239) 377‐8808 [email protected]  

856  3,560  151,439  154,999 

30  VOE Village Oaks Elementary 1601 SR 29  Immokalee 34142 

Felipe Salinas(239) 377‐8608 [email protected]  

573  2,370  113,759  116,129 

31  VES Vineyards Elementary 6225 Arbor Blvd Naples 34119 

Jim Orfely, Jr.(239) 377‐8708 [email protected]  

861  2,636  129,690  132,326 

  

Middle School Sites  

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

32  CMS Corkscrew Middle 1165 CR 858 Naples 34120 

Jerry Jarrett(239) 377‐3408 [email protected]  

732  696  155,334  156,030 

33  CPM Cypress Palm Middle 4255 18th Ave NE Naples 34120 

Ivan Magana(239) 377‐5208 [email protected]  

759  5,506  165,023  170,529 

34  ENM East Naples Middle 

4100 Estey Avenue Naples 34104 

Ray Elliot(239) 377‐3608 [email protected]  

1,126  3,427  141,891  145,318 

35  GGM Golden Gate Middle 2701 48th Terrace SW Naples 34116 

Jorge Guadarrama(239) 377‐3808 [email protected]  

1,131  4,131  156,454  160,585 

36  GVM Gulfview Middle 255 6th Street S Naples 34102  

Pedro Perez(239) 377‐4008 [email protected]  

680  3,242  92,314  95,556 

37  IMS Immokalee Middle 401 9th Street Immokalee 34142 

Angel Gamez(239) 377‐4208 [email protected]  

1,433  3,199  184,347  187,546 

38  MMS Manatee Middle 1920 Manatee Rd Naples 34114 

Scott Gonder(239) 377‐4408 [email protected]  

922  3,342  166,748  170,090 

Page 58: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 58 

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

39  NNM North Naples Middle 16165 Learning Lane Naples 34110 

William Burgos(239) 377‐4608 [email protected]  

857  4,872  147,241  152,113 

40  OMS Oakridge Middle School 14975 Collier Blvd Naples 34119 

Jay Vicarella(239) 377‐4808 [email protected] 

1,098  3,317  166,411  169,728 

41  PRM Pine Ridge Middle 1515 Pine Ridge Rd  Naples 34109 

John Parsons(239) 377‐5008 [email protected]  

1,000  3,604  145,022  148,626 

  High School Sites  

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

42  BCH Barron Collier High 5600 Cougar Drive  Naples 34109 

Steven Mendez(239) 377‐1208 [email protected]  

1,589  5,806  283,736  289,542 

43  GGH Golden Gate High 2925 Titan Way Naples 34116 

Steven Fowler(239) 377‐1608 [email protected]    

1,564  7,633  356,243  363,876 

44  GCH Gulf Coast High 7878 Shark Way Naples 34119 

Mike Shaw(239) 377‐1408 [email protected]  

2,091  7,464  348,811  356,275 

45  IHS Immokalee High 701 Immokalee Drive Immokalee 34142 

Amos Roberts(239) 377‐1808 [email protected]  

1,520  5,898  251,442  257,340 

46  LHS Lely High 1 Lely High School Blvd Naples 34113 

Alan DeShields(239) 377‐2008 [email protected]  

1,511  3,164  250,639  253,803 

47  LWH Lorenzo Walker High  3702 Estey Avenue Naples 34104 

Victor Velasquez(239) 377‐0908 [email protected]  

n/a  n/a  59,142  59,142 

48  NHS Naples High 1100 Golden Eagle Circle  Naples 34102 

Miguel Riol(239) 377‐2208 [email protected]  

1,613  3,506  298,486  301,992 

49  PRH Palmetto Ridge High 1655 CR 858 Naples 34120 

Mike Clawson(239) 377‐2408 [email protected] 

1,845  8,377  368,383  376,760 

  Other CCPS School Locations  

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

50  ALT Alternative Schools 

3710 Estey Avenue Naples 34104 

Victor Velasquez(239) 377‐0908 [email protected]  

n/a  879  22,431  23,310 

51  BEC Bethune Education Center 620 South 5th Street Immokalee 34142 

Oscar Fernandez(239) 377‐1138 [email protected]  

n/a  251  34,600  34,851 

52  EVG Everglades City  415 School Drive Everglades City 34139 

Dale Patt(239) 377‐9808 [email protected] 

199  1,940  74,788  76,728 

53  ITC Immokalee Technical College 614 South 5th Street Immokalee 34142 

Ray Trevino(239) 377‐9902 [email protected]  

n/a  490  103,318  103,808 

54  LWIT Lorenzo Walker Tech. College  3702 Estey Avenue Naples 34104 

Victor Velasquez(239) 377‐0908 [email protected]  

576  2,356  185,207  187,563 

   

Page 59: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 59 

CCPS Administration & Support Locations  

#  Abr  Site  Facility Manager EstimatedEnrollment 

Nutrition Service Area 

Standard CCPS Areas 

Total Sq. Footage 

55  ADM Dr. Marin Luther King, Jr. Adm. Center 

5775 Osceola Trail  Naples 34109 

Roy Jackson(239) 377‐0234 [email protected]  

n/a  1,664  123,120  124,784 

56  MNT Maintenance Department 5702 Cougar Drive Naples 34109 

Gerardo Guzman(239) 377‐1138 [email protected]  

n/a  n/a  21,121  21,121 

57  PDC Professional Dev. Center (@GVM) 

615 3rd Avenue S Naples 34102 

Pedro Perez(239) 377‐4008 [email protected] 

n/a  n/a  18,267  18,267 

58 TRNS‐N 

Transportation – Naples Annex 5700 Cougar Drive Naples 34109 

Mike Huff(239) 377‐0612 [email protected]  

n/a  n/a  23,162  23,162 

59  TRNS‐S Transportation  Annex South 6543 Rattlesnake Hammock Rd Naples 34113 

Lynn Wendel(239) 377‐0616 [email protected]  

n/a  n/a  9,434  9,434 

60 TRNS‐

Transportation – Immokalee 2057 Commerce Ave Immokalee 34142 

Oscar Fernandez(239) 377‐1138 [email protected]  

n/a  n/a  14,000  14,000 

61  WHS Warehouse 2149 Andrew Drive Naples 34112 

Mark Hansen(239) 377‐0772 [email protected]  

n/a  n/a  19,812  19,812 

          

  

Page 60: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 60 

Appendix 5 – Estimated Custodial Staff Size per Site              

Listed below are the estimated staff sizes per site. This  information  is provided for bidding purposes only to give proposer an idea of the size of crews that have been utilized per site.    Elementary Schools  

Site # of Allocated Custodians* 

  Site # of Allocated Custodians* 

Avalon   4 Mike Davis 6 

Big Cypress   6 Naples Park  4 

Calusa Park   6 Osceola  5 

Corkscrew   5.5 Parkside  5 

Eden Park  5.5 Palmetto 5.5 

Estates   5 Pelican Marsh  5 

Golden Gate North   6.5  Pinecrest  5 

Golden Gate South  See GGE N Poinciana  5 

Golden Terrace North  6.5  Sabal Palm 5 

Golden Terrace South  See GTE N Seagate 5 

Highlands   6.5 Shadowlawn 4 

Lake Park   4 Tommie Barfield 4 

Lake Trafford   5 Veterans Memorial 6 

Laurel Oak   5 Village Oaks 4.5 

Lely   5 Vineyards 7 

Manatee  5  

 Middle Schools  

Site # of Allocated Custodians* 

  Site # of Allocated Custodians* 

Corkscrew  6 Immokalee 7.5 

Cypress Palm  6.5 Manatee 6 

East Naples  6 North Naples 6 

Golden Gate  5.5 Oakridge 7 

Gulfview  5.5 Pine Ridge 6 

 High Schools  

Site # of Allocated Custodians* 

  Site # of Allocated Custodians* 

Barron Collier  11 Lely 10.5 

Golden Gate  12 Lorenzo Walker High 2 

Gulf Coast  14 Naples 13 

Immokalee  9.5 Palmetto Ridge 14 

  *Number of full‐time employees, including daytime custodian, head custodian and custodians. 

    

Page 61: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 61 

Other CCPS School Locations  

Site # of Allocated Custodians* 

  Site # of Allocated Custodians* 

Alternative Schools  1  Immokalee Tech. College  3.5 

Bethune Education Center  2  Lorenzo Walker Tech. College  9 

Everglades City School  3     

  CCPS Administration & Support Locations  

Site # of Allocated Custodians* 

  Site # of Allocated Custodians* 

Dr. Martin Luther King, Jr. Administrative Center 

3.5    Transportation, South  .75 

Maintenance Dept.  .5    Transportation, Imm.  .5 

Professional Dev. Center  .5    Warehouse  .5 

Transportation – Naples  .75       

       *Number of full‐time employees, including daytime custodian, head custodian and custodians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Page 62: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 62 

Exhibit A ‐ Conflict of Interest Statement                   

Bidder shall complete Exhibit A – “Conflict of Interest Statement” attached hereto and submit with proposal.  

I hereby certify that: I,             , am the               

  (Printed name)  (Title) 

and the duly authorized representative of the firm of              (Name of Firm) 

whose address is              and that I possess the legal authority to make this affidavit on behalf of myself and the firm for which I am acting. I do hereby disclose:  

I. The name(s) of any company owner, officer, director, employee or agent who  is an employee of Collier County  Public  Schools1  and/or  is  an  employee  of  Collier  County  Public  Schools1  and  owns,  directly  or indirectly, an interest of five percent (5%) or more of the bidding company.   

             

             AND/OR 

II. The name of any company owner, officer, director, employee or agent who has a spouse or child that is an employee of Collier County Public Schools1.              

             AND/OR 

III. Any other company owner, officer, director, employee or agent, not listed above, of the firm who has any conflicts of  interest, real or apparent, due to ownership, other clients, contracts, or  interests associated with this project.              

              

1 – Please include the Collier County Public School department/site when listing a CCPS employee.  

The above information is true and correct to the best of my knowledge.                       Signature            Date                             Printed Name            Organization Name  

State of:         

County of:        

Subscribed and sworn to before me this    day of   , in the year         

by   who is personally known to me or has produced         as identification.            

    NOTARY PUBLIC, signature  

             PRINTED NAME      

    Commission#:       (Seal)     

      Commission expires:   

Page 63: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 63 

Exhibit B ‐ Affidavit Concerning Illegal Aliens                 

  The undersigned deposes and states that                 complies with the provisions of   (Organization Name) 

Section 274A of the Immigration and Nationality Act; that                      substantiates   (Organization Name) 

that all employees providing services or involved in any way on projects funded directly by or assisted in whole or 

part by state & grant funds or federal stimulus dollars can legally work in the United States and complies with the 

provisions  of  federal  and  state  laws,  and  will  maintain  such  throughout  the  life  of  this  contract.    Any 

misrepresentation or any employment of persons not authorized to work in the United States constitutes a material 

breach and shall be cause for the imposition of monetary penalties up to five percent (5%) of the contract price, per 

violation, and immediate termination of the contract for all awarded sites. 

 

                     Signature            Date 

                           Printed Name             Organization Name                                     Title              Address, City & State 

 State of:         County of:        Subscribed and sworn to before me this    day of   , in the year         by   who is personally known to me or has produced          as identification.                NOTARY PUBLIC, signature               PRINTED NAME 

    Commission#:     

  (Seal)    Commission expires:     

   

Page 64: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 64 

Exhibit C ‐ Debarment Form                     

CERTIFICATION REGARDING, DEBARMENT, SUSPENSION 

INELIGIBILITY AND VOLUNTARY EXCLUSION ‐ LOWER TIER COVERED TRANSACTIONS 

 

This certification is required by the regulations implementing Executive Order 12549, Debarment and Suspension, 34 C.F.R. Part 85, Section 85.510, Participants responsibilities.  The regulations were published as Part VII of the May 26, 1988 Federal Register (pages 19160 ‐ 19211).  

***** BEFORE COMPLETING CERTIFICATION, READ INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE ***** 

 

1. The prospective lower tier participant certifies, by submission of this proposal, that neither it nor its principals is presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared  ineligible, or voluntarily excluded from participation in this transaction by any Federal department or agency.  

2. Where the prospective lower tier participant is unable to certify to any of the statements in this certification, such prospective participant shall attach an explanation to this proposal. 

 Date:                            Organization Name:                        Names & Titles of Authorized Representative(s):                             Signature            Printed Name & Title                               Signature            Printed Name & Title                             Signature            Printed Name & Title                 State of:         County of:        Subscribed and sworn to before me this    day of   , in the year         by   who is personally known to me or has produced          as identification.               NOTARY PUBLIC, signature               PRINTED NAME 

    Commission#:     

  (Seal)    Commission expires:   

Page 65: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 65 

Exhibit C ‐ Debarment Form Instructions                    

1. By signing and submitting this form, the prospective lower tier participant is providing the certification set out herein in accordance with these instructions. 

 2. The certification  in this clause  is a material representation of fact upon which reliance was placed when this 

transaction was entered  into.  If  it  is  later determined  that  the prospective  lower  tier participant knowingly rendered an erroneous certification,  in addition to other remedies available to the Federal Government, the department  or  agency  with  which  this  transaction  originated  may  pursue  available  remedies,  including suspension and/or debarment. 

 3. The prospective  lower  tier participant  shall provide  immediate written notice  to  the person  to whom  this 

proposal  is  submitted  if  at  any  time  the prospective  lower  tier participant  learns  that  its  certification was erroneous when submitted or has become erroneous by reason of changed circumstances. 

 4. The  terms  ”covered  transaction”,  “debarred”,  “suspended”,  “ineligible”,  “lower  tier  covered  transaction”, 

“participant”, “person”, “primary covered transaction”, “principal”, “proposal”, “voluntarily exclude”, as used in  this  clause,  have  the meanings  set  out  in  the Definitions  and  Coverage  sections  of  rules  implementing Executive Order  12549.  You may  contact  the  person  to which  this  proposal  is  submitted  for  assistance  in obtaining a copy of these regulations. 

 5. The  prospective  lower  tier  participant  agrees  by  submitting  this  form  that,  should  the  proposed  covered 

transaction be entered into, it shall not knowingly enter into any lower tier covered transaction with a person who  is debarred,  suspended, declared  ineligible, or  voluntarily  excluded  from participation  in  this  covered transaction, unless authorized by the department or agency with which this transaction originated. 

 6. The prospective  lower  tier participant  further agrees by submitting  this  form  that  it will  include  this Exhibit 

without modification  in  all  lower  tier  covered  transactions  and  in  all  solicitations  for  lower  tier  covered transactions. 

 7. A participant in a covered transaction may rely upon a certification of a perspective participant in a lower tier 

covered  transaction  that  it  is not debarred,  suspended,  ineligible, or voluntarily excluded  from  the covered transaction,  unless  it  knows  that  the  certification  is  erroneous. A  participant may  decide  the method  and frequency by which it determines the eligibility of its principals.  Each participant may, but is not required to, check the Non‐procurement List. 

 8. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records in order 

to render in good faith the certification required by this clause. The knowledge and information of a participant is not  required  to exceed  that which  is normally possessed by  a prudent person  in  the ordinary  course of business dealings. 

 9. Except  for  transactions  authorized  under  paragraph  5  of  these  instructions,  if  a  participant  in  a  covered 

transaction knowingly enters into a lower tier covered transaction with a person who is suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from participation in this transaction, in addition to other remedies available to  the  Federal  Government,  the  department  or  agency with which  this  transaction may  pursue  available remedies, including suspension and/or debarment. 

     

Page 66: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 66 

Exhibit D ‐ Drug Free Workplace Certification                 

 Preference shall be given  to businesses with drug‐free workplace programs.   Whenever  two or more responses, which are equal with respect to price, quality and service, are received by the state or by any political subdivision for the procurement of commodities or contractual services, a bid received from a business that certifies that it has implemented a drug‐free workplace program shall be given preference in the award process.  Established procedures for processing tie responses will be followed if none of the tied vendors have a drug‐free workplace program.  In order to have a drug‐free workplace program, a business shall:   

a. Publish  a  statement  notifying  employees  that  the  unlawful  manufacture,  distribution,  dispensing, possession or use of a controlled substance is prohibited in the workplace and specifying the actions that will be taken against employees for violations of such prohibition. 

b. Inform employees about the dangers of drug abuse in the workplace, the business’s policy of maintaining a drug‐free workplace, any available drug counseling, rehabilitation and employee assistance programs, and the penalties that may be imposed upon employees for drug abuse violations. 

c. Give each employee engaged in providing the commodities or contractual services that are under proposal a copy of the statement specified in subsection (a). 

d. In the statement specified in subsection (a), notify the employees that, as a condition of working on the commodities or contractual services that are under proposal, the employee will abide by the terms of the statement and will notify the employer of any conviction of, or plea of guilty or nolo contendere to, any violation of Chapter 893 or of any controlled substance law of the United States or any state, for a violation occurring in the workplace no later than five (5) days after such conviction.  

e. Impose a sanction on, or require the satisfactory participation in a drug abuse assistance or rehabilitation program if such is available in the employee’s community, by any employee who is convicted.     

f. Make a good faith effort to continue to maintain a drug‐free workplace through  implementation of this section.  

 As  the person authorized  to  sign  the  statement,  I  certify  that  this  firm  complies  fully with  the above drug‐free workplace requirements.                         Signature            Date 

                           Printed Name             Organization Name                                     Title              Address, City & State 

  

 

   

Page 67: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 67 

Exhibit JLA ‐ Jessica Lunsford Act Statement / Vendor & Contractor Responsibilities         

 Each Vendor and Contractor of Collier County Public Schools shall comply with the following after they have received notification of their award, however, this statement must be completed and returned with RFP. Please note that procedures and policies may change without notification. 

1. All personnel will be required to obtain badges through the State of Florida.   Badging assistance may be provided by the CCPS Human Resources (HR) Department.  

2. Badges will  only  be  issued  to  vendors with  contracts,  purchase  orders  or  direct  permission  from  an authorized CCPS Department.  All vendors requesting badges must submit all insurances, proof of contract etc… to the Legal Department prior to the issuance of any badge. 

3. Provide HR with a list of individuals that will be assigned to this contract, along with their home address, phone number, date of birth and driver’s license number (forms are available through the HR Department). 

4. There is a fingerprinting and State badge fee, which can be viewed at the link below.  This badge must be worn in plain sight when vendor/contractor employees are on school grounds.     

5. Contractor with  current  issued  State  badges,  commencing work with  CCPS,  shall  complete  necessary paperwork and submit to CCPS Human Resource Department.   

6. Vendor shall notify CCPS when any individual has left their company or been terminated.   7. Use of an individual’s badge by another individual is a terminable offense.  All individuals MUST be properly 

badged. 8. It will be the responsibility of the contractor to insure they meet any and all badging requirements.    

*Please note  fingerprinting and badging procedures are  subject  to change without notification.    It will be  the Contractor’s responsibility for any modification or change to any of the fingerprinting or badging requirements and to  insure  they meet all State and CCPS  requirements.   Vendors  can do  this by monitoring  the CCPS’s web  site, http://www.collierschools.com/hr for updates and changes in procedure.    

I acknowledge  that  I’ve  read, understand and will  comply with  the Vendor/Contractor Responsibilities as  listed above.                       Signature            Date 

                           Printed Name             Organization Name                                     Title              Address, City & State 

*All pricing subject to change without notification.   

Page 68: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 68 

Purchases from this Bid by Other Agencies ‐ Statement               

 Collier County Public Schools is a member of the S.W. Florida Cooperative Purchasing Consortium.  Other members include governmental entities in Charlotte, Collier, Hendry and Lee Counties.  Indicate here if these entities may also purchase from this bid pursuant to the same terms and conditions:        YES      NO     

 Indicate here if other governmental entities throughout the State of Florida may purchase from this bid pursuant to the same terms and conditions:     YES      NO      List any exceptions here:                                                                                                                                                                                                                                                   Signature            Date 

                           Printed Name             Organization Name                                     Title              Address, City & State 

   

Page 69: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 69 

Protest Policy                         

 

School Board of Collier County Bylaws & Policies 

 

 6320 ‐ PURCHASING  Bid Protest 

A. A bidder, who wishes to file a bid protest, must file such notice and follow procedures prescribed by F.S. 120.57(3), for resolution. For bids solicited by the purchasing department or the facilities department, the notice must be filed with the purchasing department.   

B. Any person who files an action protesting a decision or intended decision pertaining to a bid pursuant to F.S. 120.57(3)(b), shall post at the time of filing the formal written protest, a bond payable to the Board in an amount equal  to $25,000 or  two percent  (2%) of  the  lowest accepted bid, whichever  is greater,  for projects valued over $500,000 and five percent (5%) of the lowest accepted bid for all other projects. The bond shall be conditioned upon the payment of all costs which may be adjudged against the protester in the administrative hearing in which the action is brought and in any subsequent appellate court proceeding. If, after completion of the administrative hearing process and any appellate court proceedings, the District prevails,  it  shall  recover  all  costs  and  charges, which  shall be  included  in  the  final order or  judgment, including charges made by  the Division of Administrative Hearings, but excluding attorney's  fees.  If  the protester prevails, s/he shall recover from the District all costs and charges which shall be included in the final order of judgment, excluding attorney's fees.  

C. Failure  to  file  a  notice  of  intent  to  protest,  or  failure  to  file  a  formal written  protest within  the  time prescribed in section F.S. 120.57(3), shall constitute a waiver of proceedings under F.S. Chapter 120. 

   

           

Page 70: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 70 

Cone of Silence Policy                       

 School Board of Collier County 

 

 6324 – CONE OF SILENCE DURING COMPETITIVE SELECTION PROCESS A cone of silence  is hereby established for all competitive selection processes  including  Invitations for Bids (IFB), Request for Proposals (RFP), Request for Qualifications (RFQ), and Invitations to Negotiate (ITN) for the provision of goods and services. The cone of silence is designed to protect the integrity of the procurement process by shielding it from undue influences prior to the recommendation of contract award. This cone of silence shall be imposed on these procurements after advertisement of same.  The cone of silence prohibits any communication regarding a particular IFB, RFP, RFQ, or ITN between: 

A. a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, consultant or any employee of one of these entities and the staff of the District, including school principals; and/or  

B. a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, consultant or any employee of one of these entities and any one (1) or more of the School Board members or member‐elects.  

The cone of silence prohibits a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, or consultant from actively soliciting the community to lobby on their behalf with staff of the District, or any one (1) or more of the Board members or member‐elects.  Unless specifically provided otherwise in the applicable IFB, RFP, RFQ or ITN the cone of silence does not apply to the following:  

A. Communications between a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, or consultant and the District's purchasing department.  

B. Communications between  a potential  vendor,  service provider, bidder,  lobbyist, or  consultant  and  the District's facilities department, when said communication pertains to competitive acquisitions administered by that department (e.g., Architect/Engineer (A/E) selection, capital projects).  

C. Communications between  a potential  vendor,  service provider, bidder,  lobbyist, or  consultant  and  the District's staff attorney or Board attorney.  

D. Communications at duly noticed pre‐bid meetings and site visits prior to bid opening or post bid‐opening meetings  and  site  visits, which  are  administered by  either  the  purchasing department  or  the  facilities department, prior to issuance of a written recommendation of contract award.  

The cone of silence commences after the advertisement of the IFB, RFP, RFQ or ITN. Competitive procurements are advertised on the purchasing department's bid posting web page or in the newspaper of general circulation.   The  cone of  silence  terminates  at  the  time  the Board  acts on  a written  recommendation  from  the purchasing department  or  facilities  department  regarding  contract  award;  provided,  however,  that  communications  are permitted when the Board receives public comment at the meeting when the recommendation is presented.  The purchasing department and facilities department shall ensure that all solicitations include provisions describing the requirements and prohibitions of the cone of silence, including how a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, or consultant may communicate with District personnel.   

Page 71: REQUEST FOR PROPOSAL · 2017-02-24 · of Board Policy 6320‐Bid Protest attached hereto. Failure to file a protest within the time prescribed in Florida Statutes 120.57(3) will

      COLLIER COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

#17‐024 Custodial Services   Page 71 

Any person, whether employed by the District or not, who knowingly violates a provision of this policy shall be prohibited from serving on a District competitive selection committee.  Violation of this policy by a particular bidder, proposer, respondent, and/or representative may, at the discretion of the District, result in rejection of said bidder, proposer, respondent, and/or representative's bid, proposal, or offer and may render any contract award to said bidder, proposer, or respondent voidable.  In addition to any other penalty provided by law, violation of this policy by a District employee may subject said employee to disciplinary action up to and including dismissal from service.  Adopted 9/8/14  © Neola 2012                                      

END OF RFP