Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester...

58
Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 1 of 58 Massachusetts Port Authority One Harborside Drive, Suite 200S East Boston, MA 02128 www.massport.com ______________________________________________________________________________ Request for Proposals Massport Solar Energy Management Services Worcester Regional Airport A 382-C1

Transcript of Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester...

Page 1: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 1 of 58

Massachusetts Port Authority One Harborside Drive, Suite 200S

East Boston, MA 02128 www.massport.com

______________________________________________________________________________

Request for Proposals

Massport Solar Energy Management Services

Worcester Regional Airport

A 382-C1

Page 2: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 2 of 58

TABLE OF CONTENTS 

Contents

1.  PROCUREMENT CALENDAR ....................................................................................................................... 3 

2.  CONTACT INFORMATION ........................................................................................................................... 3 

3.  REQUEST FOR PROPOSALS .......................................................................................................................... 6 

3.1  PROJECT OVERVIEW ...................................................................................................................................... 7 

3.2  DEFINITIONS: ................................................................................................................................................... 8 

3.3  SOLICITATION AND PROPOSAL PROCESS ........................................................................................... 11 

3.4  RFP PROCEDURES ......................................................................................................................................... 12 

3.5  GENERAL INFORMATION .......................................................................................................................... 13 

3.6  TERMS OF PROPOSAL .................................................................................................................................. 14 

APPENDIX A. DETAILED CHARACTERISTICS OF THE SITES ..................................................................... 15 

APPENDIX B. EVALUATION CRITERIA ............................................................................................................ 24 

APPENDIX C. MINIMUM TECHNICAL SPECIFICATIONS............................................................................ 26 

APPENDIX D. MINIMUM CONTRACT TERMS ................................................................................................ 35 

APPENDIX E. RESPONDENT INFORMATION FORM .................................................................................... 38 

APPENDIX F. PRICE PROPOSAL FORM ............................................................................................................ 42 

APPENDIX G. SPECIFICATIONS AND OTHER CONDITIONS CHECKLIST .............................................. 43 

APPENDIX H. RESPONSE FORM TEMPLATE .................................................................................................. 46 

APPENDIX I. CERTIFICATE OF NON‐COLLUSION ........................................................................................ 53 

APPENDIX J. ATTESTATION REGARDING FILING OF TAX RETURNS ..................................................... 54 

APPENDIX K. SAMPLE MASTER ENERGY MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT ........................... 55 

APPENDIX L. HISTORICAL ELECTRICITY USAGE .......................................................................................... 56 

APPENDIX M. PREVAILING WAGE RATES ......................................................................................................... 61 

 

Page 3: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 3 of 58

1. PROCUREMENT CALENDAR 

All dates are estimated and subject to change.  

RFP Issued  February 20, 2019 

Respondent Registration Due for Pre‐Proposal Conference and 

Mandatory Site Visit February 27, 2019 

Mandatory Pre‐Proposal Conference and Site Visit by Respondents March 06, 2019 

Deadline for Respondents to Submit Questions  

Including, but not limited to, the RFP, Master Energy Management 

Services Agreement and/or facility information 

March 08, 2019 

Answers to Questions and Changes to RFP and Master Energy 

Management Services Agreement, as necessary.  

(Posted on COMMBUYS and the MPA website: 

http://www.massport.com/massport/business/bids‐

opportunities/capital‐bids) 

March 15, 2019 

Proposal Due 12PM ET,  

April 04, 2019 

Anticipated Vendor Selection for Contract Negotiations  May/June 2019 

Final Contract Execution  July 2019 

 

2. CONTACT INFORMATION 

The project name is Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional 

Airport and the project number is A382‐C1. Correspondence to Massport should 

include this project number as well as the title. Interested parties are advised to check 

the Massport website at http://www.massport.com/massport/business/bids‐

opportunities/capital‐bids/ and the COMMBUYS website at    www.combuys.com to 

ensure that they have the most recent information, and should be advised that they can 

Page 4: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 4 of 58

and should expect to see some updates to documents on COMMBUYS and on the 

Massport website during the open bid period.  

Information submitted in response to this RFP is subject to the Massachusetts Public 

Records Law, M.G.L., Chapter 66, Section 10, and to Chapter 44, Section 7, Clause 26. 

Any statements in submitted information that are inconsistent with these statutes shall 

be disregarded.  Questions may be sent via email to [email protected] subject to the 

deadline for receipt stated in the timetable above. In the subject lines of your email, please 

reference the MPA Project Name and Number. Questions and their responses will be posted 

on Capital Bid Opportunities webpage of Massport 

http://www.massport.com/massport/business/bids‐opportunities/capital‐bids as an 

attachment to the original Legal Notice and on COMMBUYS (www.commbuys.com) in 

the listings for this project.  

 

 

Any Respondent taking exception to or questioning any of the provisions, procedures, 

conditions or specifications herein stated should make such exceptions known in their 

response to this RFP.   

 

Participation in the mandatory pre‐proposal conference and site visit requires 

registration in advance. Registration must be submitted by COB February 27, 2019. 

Only bid Respondents or their designees shall be permitted to attend site visits. 

Registration can be obtained by sending the name of the person who will be attending 

along with his or her company name, address, and phone number to 

[email protected] and Teresa Civic, Massport Manager of Utilities Control, via e‐

mail [email protected]. For the Worcester Regional Airport site visit, a maximum 

of two (2) attendees per bid team will be permitted.  

 

Information submitted in response to this RFP must meet the content, quantity, site 

visit, DCAMM Energy Management Systems Certification and Update Statement, and 

other requirements described in this RFP to be considered a valid Proposal. Proposals 

will be received by the Procurement Contact at the address noted below. 

 

 

 

 

Page 5: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 5 of 58

Contact:  Houssam H. Sleiman, PE, CCM, FCMAA, NAC, Hon. D.Eng.,  

                        Director of Capital Programs and Environmental Affairs     

    Massachusetts Port Authority 

           

 

RFP Name:  Massport Solar Energy Management Services at the 

Worcester Regional Airport 

RFP File Number:  A382‐C1 

 

Page 6: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 6 of 58

3. Request for Proposals 

The Massachusetts Port Authority (Massport or the Awarding Authority) seeks Energy 

Management Services (EMS) proposals, pursuant to M.G.L. c. 25A, §11C, 225 CMR 

10.00, from qualified solar energy contractors interested in implementing a 

performance‐based solar energy system (Project) with guaranteed onsite electricity 

generation1 at its facilities located at the Worcester Regional Airport and detailed in 

Appendix A. The Awarding Authority intends to select and enter into a Master Energy 

Management Services Agreement with the most highly qualified Contractor per the 

evaluation criteria herein. 

 

The original and eight (8) copies of your sealed proposal along with one complete 

electronic copy in PDF format on either a DVD or memory stick must be received by the 

Authority at or prior to 12:00 p.m. local time April 04, 2019 at the office of Capital 

Programs & Environmental Affairs, Suite 209S, Logan Office Center, One Harborside 

Drive, East Boston, MA 02128‐2909.  All proposals must be delivered in sealed 

envelopes bearing on the outside the name and address of the Contractor and the name 

of the RFP for which the proposal is submitted. Proposals received after this date and 

time will not be accepted. 

 

The Consultant shall also provide an (1) original and eight (8) copies of litigation and 

legal proceedings information, signed under the pains and penalties of perjury, in a 

separate sealed envelope entitled “Litigation and Legal Proceedings”.   

 

This submission, including the litigation and legal proceedings history in a separate 

sealed envelope as required shall be addressed to Houssam H. Sleiman, PE, CCM, 

FCMAA, NAC, Hon. D.Eng., Director of Capital Programs and Environmental Affairs 

and received no later than 12:00 Noon on April 04, 2019 at the Massachusetts Port 

Authority, Logan Office Center, One Harborside Drive, Suite 209S, Logan International 

Airport, East Boston, MA 02128‐2909.  Any submission which is not received in a timely 

manner shall be rejected by the Authority as non‐responsive.  Any information 

provided to the Authority in any Proposal or other written or oral communication 

between the Proposer and the Authority will not be, or deemed to have been, 

proprietary or confidential, although the Authority will use reasonable efforts not to 

1 “The solar energy management contract shall include a written guarantee of the qualified provider that either the amount of electricity generation guaranteed shall be achieved or the qualified provider shall reimburse the awarding authority for the shortfall amount. Methods for measurement and verification of energy savings shall conform to the most recent standards for renewables established by the Federal Energy Management Program of the United States Department of Energy.”

Page 7: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 7 of 58

disclose such information to persons who are not employees or consultants retained by 

the Authority except as may be required by M.G.L. c.66. 

 

 

The Awarding Authority may cancel this RFP, or may reject in whole or in part any and 

all Proposals if the Awarding Authority determines that cancellation or rejection is in its 

best interest. 

 

3.1 Project Overview 

The Worcester Regional Airport (ORH) consists of multiple buildings with an 

approximately 60,000 square foot regional airport terminal building circa 1993 owned 

and operated by the Massachusetts Port Authority (Massport). The airport provides 

commercial, corporate, and general aviation services. Massport recently invested in new 

CAT III radar that should expand the airport’s economic activity by over $350 million 

over the next three years.   ORH is a local economic engine for the City of Worcester and 

the Central Massachusetts region.   As such, Massport sees solar development as a 

valuable component of its role as economic engine, but more importantly, sees the 

opportunity to develop a community solar project as contributing to its core community 

collaboration goals.   

 

The airport’s premises cross four municipal lines and are located across Holden, Paxton 

Leicester, and Worcester. This load zone has experienced substantial solar development 

in recent years and any development at the airport will likely require substantial service 

upgrades. Massport is, therefore, seeking qualified vendors who can propose both 

economic benefit and extensive experience developing solar projects with complex 

interconnection considerations. 

 

Massport provides electricity to various tenants located and metered downstream of the 

main National Grid meter. The airport is served by National Grid via two primary 

utility service entrances; Fowler St (preferred) and Prouty Lane (alternate). Both of these 

services consist of three (3) 167 kVA (500 kVA total) 13.8kV/2,300V pole‐mounted 

Transformers. Both services are routed underground to the airport main switchgear 

room located on the lower level at the northwest end of the terminal building.  

 

Table 1 provides a summary of the potential sites for solar PV development. Further 

details can be found in Appendix A. 

 

 

Page 8: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 8 of 58

 

 Table 1. Worcester Regional Airport Potential Solar PV Sites 

Site #  Site Name  System Type 

Estimated System 

Size (MW) 

1  Leicester Ground‐Mount   Ground‐mount 

(greenfield) 

2.100 

2  Leicester Ground‐Mount   1.670 

3  Leicester Ground‐Mount   5.000 

4  Leicester Ground‐Mount   1.710 

Total  10.48 MW

 

As noted in Appendix A, the Airport’s solar potential includes greenfield sites. The 

greenfield sites included in Appendix A should qualify as Category 1 Land Use per 225 

C.M.R. 20.05(e). Note that the greenfield sites are located in Leicester, MA and are 

currently utilized as cow pasturing areas. Respondents should include details 

summarizing their experience developing projects of this nature with minimal 

vegetative clearance and vegetative/landscape management.  

 

Massport is interested in standalone projects on the premises. Massport is looking to 

evaluate a range of proposals for solar development at the Worcester Regional Airport. 

Respondents should submit pricing for any of the following project configurations they 

would be willing to develop: 

Community Shared Solar 

Qualifying Facility 

 

 

Note: For any leasing options, the Federal Aviation Administration and Massport 

require that the lease rate be reassessed and escalated at least every five years based on 

fair market value. 

 

Please include detailed pricing using the Excel form provided in Appendix F. 

3.2 Definitions: 

Contractor. The vendor selected by the Massachusetts Port Authority to perform the 

energy management services solicited through an RFP under 225 CMR 10.00. 

 

DCAMM. The Division of Capital Asset Management and Maintenance, established by 

M.G.L. c. 7, § 4A. 

Page 9: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 9 of 58

 

DOER. The Department of Energy Resources, established by M.G.L. c. 25A, §1. 

 

Eligible. Able to meet all requirements for offerors or bidders set forth in 225 CMR 10.00 

and 225 CMR 19.00 and section 44D of chapter 149 and not barred from bidding under 

section 44C of said chapter 149 or any other applicable law, and who shall certify that 

they are able to furnish labor that can work in harmony with all other elements of labor 

employed or to be employed on the work.  

 

Energy Management Services (EMS). A program of services, including on‐site 

renewable energy generation, energy conservation measures, or a combination thereof, 

and building maintenance and financing services, primarily intended to reduce the cost 

of energy and water in operating buildings, which may be paid for, in whole or in part, 

by cost savings attributable to a reduction in energy and water consumption that result 

from such services. The EMS contract may extend for a term not to exceed twenty years. 

The allowable length of the contract may also reflect the useful life of the cost savings 

measures.  

 

Energy Savings. A measured reduction in fuel and its costs, energy and its costs, water 

and its costs, or operating or maintenance costs resulting from the implementation of 

on‐site renewable energy generation or energy conservation measures; provided, 

however, that any payback analysis to evaluate the energy savings of a geothermal 

energy system to provide heating, cooling or water heating over its expected lifespan 

shall include gas and electric consumption savings, maintenance savings and shall use 

an average escalation rate based on the most recent information for gas and electric 

rates compiled by the Energy Information Administration of the United States 

Department of Energy.  

 

Guarantee of Generation. The written guarantee of a Contractor warranting the 

particular electrical energy generation to be derived from the On‐site Electrical 

Generation unit. Such written guarantee shall: 

(a) Include a detailed description of the equipment to be installed; and 

(b) State the annual amount of electrical energy to be generated in kilowatt‐hours 

per year. 

 

Guidelines. A set of clarifications, interpretations, and procedures, including forms and 

model documents, developed and issued by DOER to assist it in determining 

compliance with 225 CMR 10.00. Each Guideline shall be effective on its date of 

Page 10: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 10 of 58

issuance or on such date as is specified therein, except as otherwise provided in 225 

CMR 10.00. 

 

Local Governmental Body. A city, town, district, regional school district or county, or an 

agency or authority thereof, including a housing authority, board, commission, 

department or instrumentality of a city, town district, regional school district or county, 

and any other agency that is not a state agency or building authority; or a combination 

of two or more such cities, towns, districts, regional school districts or counties, or 

agencies or authorities thereof. 

 

Minor Informalities. Minor deviations, insignificant mistakes, and matters of form 

rather than substance of the proposal or contract document which may be waived or 

corrected without prejudice to other offerors, potential offerors, or the public agency.  

 

On‐site Energy Generation. The generation of renewable energy or the cogeneration of 

electricity and heating or cooling of a generation unit located on or adjacent to a 

building or structure owned by a Local Governmental Body that may utilize some of 

the energy so generated either directly or indirectly though energy credits (alternative 

on‐bill or net metering). 

 

Renewable Generation. The electrical energy output of an RPS Class I Renewable 

Generation Unit as defined under 225 CMR 14.00: Renewable Energy Portfolio Standard – 

Class I. 

 

Request for Proposals (RFP). A written document issued by a Local Governmental Body 

that invites potential Responsive Offerors to submit proposals outlining their 

qualifications to perform the Energy Management Services for the Local Governmental 

Body, a cost proposal, and other information required by 225 CMR 10.03(1) and (2) and 

the Local Governmental Body. 

 

Update Statement. A form developed by DCAMM, as defined in 810 CMR 4.01: 

Definitions, to be completed by a Contractor Certified by DCAMM in Energy 

Management Systems and submitted with all proposals.  

 

Person. Any natural person, business, partnership, corporation, union, committee, club, 

or other organization, entity or group of individuals.  

 

Page 11: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 11 of 58

Qualified Provider. Responsible and eligible person able to meet all requirements set 

forth in 225 CMR 10.00 and 225 CMR 19.00, and not barred from bidding under section 

44C of chapter 149 or any other applicable law and experienced in the design, 

implementation and installation of energy savings measures. 

 

Responsible. Demonstrably possessing the skill, ability and integrity necessary to 

faithfully perform the work required by a particular contract, based upon a 

determination of competent workmanship and financial soundness in accordance with 

225 CMR 10.00 and 225 CMR 19.00 and section 44D of chapter 149.  

 

Responsive Offeror. A person who has submitted a proposal which conforms in all 

respects to the requests for proposals.  

 

3.3 SOLICITATION AND PROPOSAL PROCESS 

STAGE ONE: DCAMM Contractor Certification Process 

 

To be Eligible to respond, Contractors are advised that advance certification in Energy 

Management Services by Massachusetts Division of Capital Asset Management and 

Maintenance (“DCAMM”) is required pursuant to M.G.L. c. 149 § 44D. More 

information is available at: https://www.mass.gov/dcamm‐contractor‐certification or by 

calling the DCAMM Contractor Certification Office at (857)‐204‐1305.  

STAGE TWO: Mandatory Pre‐Proposal Conference and Site Visit 

 

A Pre‐Proposal Conference and Site Visit of the Worcester Regional Airport will be held 

at times and locations listed in Section 1 of this RFP. All prospective respondents must 

attend the mandatory pre‐proposal conference. Respondents interested in attending 

must confirm attendance, the number of attendees, and the full contact information for 

the key person attending the pre‐proposal conference. 

 

All questions and inquiries concerning this RFP must be submitted in writing via email 

no later than March 1, 2019. Inquiries will not be answered directly. The Awarding 

Authority will issue answers to address the written questions. The questions and 

answers will be posted on the Massport and COMMBUYS websites as previously 

described. If any answers materially impact the intent of this RFP, an Addendum will 

be issued and sent to all potential respondents. It is the responsibility of the Contractor 

to ensure that the Contractor has received all addenda issued by the Awarding 

Authority. 

Page 12: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 12 of 58

 

The Awarding Authority reserves the right to amend this RFP based on questions and 

issues raised prior to and at the Pre‐Proposal Conference. 

 

STAGE THREE: Submission of Proposals 

 

In accordance with Section 3 of this RFP, any qualified Contractor that wishes to submit 

a Proposal to this RFP shall submit one (1) original and eight (8) copies of the Proposal 

and separately sealed litigation history and one single‐file electronic version of the 

Proposal by the submission deadline. Respondents will be evaluated only on the criteria 

set forth in this RFP.  

 

STAGE FOUR: Selection Process 

 

The Awarding Authority will evaluate all Proposals based upon the criteria listed in 

this RFP, and reserves the right to waive any minor informalities. 

 

3.4 RFP PROCEDURES 

A. Modification or Withdrawal of Proposals: Any Proposal may be withdrawn or 

modified by written request of the Contractor, provided such request is received by 

the Awarding Authority at the above address prior to the due date for Proposals. 

 

B. Cost of Proposal Preparation: The Awarding Authority will not reimburse 

Contractors for any costs incurred in preparing Proposals to this RFP, including site 

visits or preliminary engineering analyses. 

 

C. Public Record: Any information provided to the Awarding Authority in any 

Proposal or other written communication between the Contractor and the Awarding 

Authority will not be, or deemed to have been, proprietary or confidential, although 

the Awarding Authority will use reasonable efforts not to disclose such information 

to persons who are not employees or consultants retained by the Awarding 

Authority, except as may be required by Massachusetts General Laws c.4, §7, cl.26 

and c. 66. 

 

Page 13: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 13 of 58

3.5 GENERAL INFORMATION 

The Awarding Authority seeks proposals from qualified Contractors interested in 

implementing a comprehensive, performance‐based Solar Energy Management Services 

Project at its facilities identified in Appendix A. 

 

The Project will include the design and installation of solar energy generation to supply 

energy to existing Airport loads and also provide leasing revenue to Massport. 

 

Massport reserves the right to accept or to reject any or all proposals, for any reason, to 

withdraw or amend this RFP at any time prior to the proposal deadline, to initiate 

negotiations with one or more Contractor(s), to waive any informality and to effect any 

agreement otherwise, to re‐issue this RFP without change or modification thereto, to 

issue a subsequent RFP with terms and conditions that are substantially different than 

those set forth herein, or to cancel this RFP with or without issuing another RFP, all as 

Massport in its sole judgment may deem to be in its best interest. Massport is not 

required to select the highest revenue proposal, but, rather, will select the proposal that 

is most responsive to Massport’s needs based on the criteria listed in this RFP and 

deemed to be in the best interest of Massport. Massport will not select a Contractor who 

is not capable, in Massport’s judgment, of satisfactorily performing the work required 

under this RFP. 

 

The information contained in this RFP and in any subsequent addenda or related 

documents is provided as general information only. Massport makes no representations 

or warranties that the information contained herein is accurate, complete or timely. The 

furnishing of such information by Massport shall not create any obligation or liability 

whatsoever, and each Contractor expressly agrees that it has not relied upon the foregoing information and shall not hold Massport liable therefor. 

 

Neither the Members of Massport nor any individual member, officer, agent or 

employee of Massport shall be charged personally by the Contractor with any liability 

under any term or provision of this RFP. 

 

Any Contractor that is currently providing goods or services to Massport as a vendor, 

consultant, contractor or subcontractor, or in any other capacity, shall disclose all 

projects or contracts that Contractor is performing for or entered into with Massport, 

and Contractor’s plan to address and resolve such conflicts of interest, if any. Massport 

reserves the right, in its sole discretion, to request additional information from a 

Contractor on potential conflicts of interest and to limit or prohibit the participation of 

Page 14: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 14 of 58

any Contractor due to any conflict of interest. To the extent that Massachusetts General 

Laws c. 268A may be applicable, Contractors and their officers, agents and employees 

shall be fully responsible for ensuring their compliance with the requirements of said 

Chapter 268A. 

 

3.6 TERMS OF PROPOSAL 

Details on Massport’s approach for the Project is included in the appendices to the RFP. 

Each appendix should be reviewed in detail to provide an acceptable Response: 

 

Appendix A. Detailed Characteristics of the Sites. Provides site locations and 

conceptual layouts for each proposed system. 

Appendix B. Evaluation Criteria. Explain how Massport will evaluate 

Responses. 

Appendix C. Minimum Technical Specifications. Offers details on technical 

criteria for the solar PV installations. 

Appendix D. Minimum Contract Terms. Outlines minimum contractual terms 

that will be included in the Solar EMSA. Any exceptions to these criteria must be 

stated in Contractor Response. 

Appendix F. Price Proposal Form. Provides instructions on how to complete the 

Excel‐based pricing form.  

Appendix G. Specifications and Other Conditions Checklist. Highlights 

conditions that must be met. Any exceptions to these specifications must be 

stated in Contractor Response. 

Appendix H. Response Form Template. Provides instructions for the format of 

Contractor Response.  

Appendix K. Sample Master Energy Management Services Agreement. 

Massport recommends using this agreement for contract negotiations. If 

Contractor has exceptions to its use or any provision therein, such exception 

should be noted in Contractor Response. Massport reserves the right to accept or 

reject any such exceptions. 

 

 

Page 15: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 15 of 58

Appendix A. Detailed Characteristics of the Sites 

Site 1. Leicester Ground‐Mount  Characteristic  Site Details 

Location  Leicester, MA (42.269548,‐71.90373836) 

System Type  Ground‐mount, greenfield 

Estimated Capacity  2.10 MW DC 

Massport Anticipated 

Business Model(s) 

Community Shared Solar 

Qualifying Facility 

Net, or Alternative On‐Bill, Credit Facility 

Zero electricity purchase by Massport 

Site Considerations or 

Conditions 

Per National Grid: “These project locations fall within the 

boundaries of an ongoing National Grid Area Study. Expect to 

experience increased timeframes for System Impact Studies.” 

Site 1 Pre‐Interconnection Application Results 

  

Page 16: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 16 of 58

Site 1 Conceptual System Design 

 

Page 17: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 17 of 58

Page 18: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 18 of 58

Site 2. Leicester Ground‐Mount Characteristic  Site Details 

Location  Leicester, MA (42.27083836,‐71.90789976) 

System Type  Ground‐mount, greenfield 

Estimated Capacity  1.67 MW DC 

Massport Anticipated 

Business Model(s) 

Community Shared Solar 

Qualifying Facility 

Net, or Alternative On‐Bill, Credit Facility 

Zero electricity purchase by Massport 

Site Considerations or 

Conditions 

Per National Grid: “These project locations fall within the 

boundaries of an ongoing National Grid Area Study. Expect to 

experience increased timeframes for System Impact Studies.” 

Site 2 Pre‐Interconnection Application Results 

  

Page 19: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 19 of 58

Site 2 Conceptual System Design 

  

     

Page 20: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 20 of 58

Site 3. Leicester Ground‐Mount Characteristic  Site Details 

Location  Leicester, MA (42.27281769,‐71.91255303) 

System Type  Ground‐mount, greenfield 

Estimated Capacity  5.0 MW DC capped, 9.99 MW uncapped 

Massport Anticipated 

Business Model(s) 

Community Shared Solar 

Qualifying Facility 

Net, or Alternative On‐Bill, Credit Facility 

Zero electricity purchase by Massport 

Site Considerations or 

Conditions 

Per National Grid: “These project locations fall within the 

boundaries of an ongoing National Grid Area Study. Expect to 

experience increased timeframes for System Impact Studies.” 

Parcel has significant capacity for solar, but will need to be 

capped per SMART regulations. 

Site 3 Pre‐Interconnection Application Results 

  

Page 21: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 21 of 58

Site 3 Conceptual System Design 

  

    

Page 22: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 22 of 58

Site 4. Leicester Ground‐Mount Characteristic  Site Details 

Location  Leicester, MA (42.26955288,‐71.90524688) 

System Type  Ground‐mount, greenfield 

Estimated Capacity  1.71 MW DC  

Massport Anticipated 

Business Model(s) 

Community Shared Solar 

Qualifying Facility 

Net, or Alternative On‐Bill, Credit Facility 

Zero electricity purchase by Massport 

Site Considerations or 

Conditions 

Per National Grid: “These project locations fall within the 

boundaries of an ongoing National Grid Area Study. Expect to 

experience increased timeframes for System Impact Studies.” 

Site 4 Pre‐Interconnection Application Results 

  

Page 23: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 23 of 58

Site 4 Conceptual System Design 

 

  

Page 24: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 24 of 58

Appendix B. Evaluation Criteria  

In general, complete Responses will be evaluated in terms of the reasonableness of the 

claims and commitments made, the completeness of the information provided, 

conformance with the requirements of and the instructions provided in this RFP, and 

the Respondent’s ability and willingness to satisfy or exceed the specifications and 

conditions set forth in this RFP.  

 

At a minimum, Respondents shall meet the following requirements: 

 

1. Timely submission of proposal and attendance at mandatory pre‐proposal 

conference and site visit 

2. DCAMM Contractor Certification of Eligibility & Update Statement 

3. Respondent Information Form 

4. Price Proposal Form 

5. Certification of Non‐Collusion  

6. Attestation Regarding Filing of Tax Returns 

7. Responses in Response Form Template  

8. Litigation History provided  

In addition, significant evaluation emphasis will be placed on the following:  

1. Demonstrated understanding of the current solar policy context in Massachusetts 

and willingness to incur project development costs;  

2. Demonstrated  performance  capability  of  the  Respondent  and  its  team  to 

successfully finance and complete the solar EMS project;  

3. Maximum direct economic value to Massport. 

For community shared solar projects:

a. The Respondent’s expertise in shared solar program design, marketing, 

and administration; 

b. The Respondent’s flexibility to include Massport in the program design 

process; and  

c. The Respondent’s ability to maximize cost savings to community solar 

participants, including low and moderate income ratepayers. 

Page 25: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 25 of 58

The Massport Selection Committee, however, will consider all factors which reflect on 

each Respondent’s ability to meet Massport’s goals. Massport will select the Proposal 

that it deems in its sole discretion to be in its best interests. 

 

   

Page 26: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 26 of 58

Appendix C. Minimum Technical Specifications 

This Appendix describes the technical specifications and requirements that are common 

to all the PV Systems. These minimum technical specifications are those that each PV 

System must meet or exceed such that the PV System will operate reliably and safely 

over its entire design life. The Respondent must consider these Technical Specifications 

in the development of its Proposal. These specifications and requirements are not 

intended to be all‐encompassing, nor are they intended to override good engineering 

practice or applicable laws and code requirements. The Contractor is responsible for 

conformance to all relevant, prevailing codes, and the codes take precedence over these 

Technical Specifications. Site‐specific conditions and/or local regulations may require 

additional specifications and requirements not included in this attachment. 

 

A. Design 

 

1) Design Life and Estimated Production Requirements  a. Each PV System shall have a service life of twenty (20) years at rated 

output. Components that undergo gradual reduction in internal metal 

surface as a result of corrosion shall be designed for a service life of thirty 

(30) years. Components for which 30‐year life expectancy cannot be 

reasonably assured shall be designed and installed to permit safe and 

convenient replacement. The estimated annual energy output for the PV 

System shall not degrade greater than 1% per year.  

b. The PV System must be designed so that the estimated annual energy 

output for the PV System, based on actual site‐specific shading, azimuth, 

and inclination is at least 80% of the default optimal output for a fixed PV 

System of the same capacity in Boston or Worcester (see note below to 

determine which location should be used for a particular location), as 

estimated by NREL’s PVWATTS tool. To determine the appropriate 

Massachusetts location for comparison in PVWATTS, the Contractor must 

select “Leicester, Massachusetts” as the site location. PVWATTS is 

available at the following website: https://pvwatts.nrel.gov/  

2) Additional Design Requirements ‐ Stamped affidavits or drawings are required 

for the electrical and structural components of the installation. 

a. The electrical design of the PV System must be stamped by a Professional 

Engineer (PE) licensed in the Commonwealth of Massachusetts. 

b. The structural design of the PV system requires a stamped affidavit from a 

Massachusetts‐registered Professional Engineer or architect confirming 

that the underlying structure is adequate to withstand the static and 

Page 27: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 27 of 58

dynamic outputs of the PV System. Roof structures must be in compliance 

under the design conditions specified for the PV System location in the 

current edition of the Massachusetts Building Code. The analysis must 

include all mounted portions of the PV System, including modules, racks, 

ballast, and other related components. 

c. The design of the PV System shall meet OSHA Part 1926 – Safety and 

Health Regulations for Construction requirements by proposing, as 

applicable, a suitable safety monitoring system, a fall management plan, 

and a fall protection system for Massport’s review and approval.  

 

B. Equipment 

 

1) General ‐ All mounting materials for the PV System shall be corrosion‐proof 

aluminum or 316 stainless steel. All materials subject to exposure to the sun must 

be sunlight resistant. All conductors smaller than 1/0 AWG shall be copper. 

Alternative materials must be approved by Massport. 

2) Inverters a. Inverter efficiency shall be equal to or greater than 93%. 

b. Installation shall meet the current UL 1741/IEEE Standard 1547, MEC 

codes and the latest applicable ANSI and FCC standards and addenda 

dated prior to the award of the purchase order for this procurement. 

c. Inverters shall be approved and listed with the California Energy 

Commission’s list of eligible PV modules: 

http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/equipment/pv_modules.php 

d. The point of interconnection for the inverter shall not be in parallel with 

any backup generators at the site during emergency generation.  

e. Each inverter shall include: 

i. Automatic operation including start‐up, shutdown, self‐diagnosis, 

fault detection and alarming. 

ii. Ground fault protection. 

iii. NEMA 1R rating for interior electrical room location or NEMA 3R 

for any exterior or mezzanine location. 

f. The inverter housing must be a sound structure designed to withstand all 

dead load, live load, wind and seismic loads for the area. 

 

3) Combiner & Junction Boxes ‐ Combiner boxes and junction boxes which are 

located outdoors shall have the following characteristics: NEMA 3R enclosure, 

and listed by a nationally recognized testing laboratory. All PV System output 

Page 28: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 28 of 58

circuits shall be protected by lightning arrestors of the appropriate voltage 

rating. 

 

4) DC Disconnect Switches ‐ The DC disconnect(s) shall be integral to the inverter, 

or if field‐installed, shall have ratings sufficient for the maximum current and 

voltage available at the terminals, and be listed by a nationally recognized testing 

laboratory. Where located outdoors, disconnects shall be NEMA 3R. Where fused 

disconnects are used, the fuses shall be listed for use in PV systems. 

 

5) AC Disconnects ‐ All AC disconnects shall be rated to interrupt the necessary voltage and current for the application and be listed by a nationally recognized 

testing laboratory. Where located outdoors disconnects shall be NEMA 3R. The 

PV system disconnect shall be appropriately located per the utility’s 

requirements and its location shall be noted on the one‐line electrical drawing. 

 

6) Interconnection– Where connecting into existing switchgear, the Contractor shall 

provide the appropriate size, make, and model overcurrent protective device for 

the specified AC interconnection switchgear that is suitable for back feed in 

accordance with NEC 705.12.  

7) Wiring Methods  

a. All system wiring shall be of Massachusetts Electrical Code (MEC) section 

690.31 approved wiring method. All conductors shall have a temperature 

rating of 90 degrees C, and be sized appropriately to limit voltage drop to 

3 percent. 

b. All conductors smaller than 1/0 AWG shall be copper. 

c. All outdoor electrical enclosures shall be NEMA 3R and have watertight 

connections. 

d. Exposed cables shall be listed as sunlight resistant.  

8) PV System Grounding ‐ The PV System shall be properly grounded in accordance with all applicable requirements of local electrical, MEC and NEC 

codes. 

9) PV Array a. PV Modules  

i. Modules shall be UL 1703 listed. 

Page 29: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 29 of 58

ii. Modules shall be approved and listed on the California Energy 

Commission’s list of eligible PV modules: 

http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/equipment/pv_modules.php  

b. Mounting System 

i. For roof mounted systems, the mounting system, including 

photovoltaic modules, shall not compromise roof and structural 

integrity. Contractors are encouraged to consider non‐penetrating 

systems. 

ii. In all installations, the mounting system shall promote ambient air 

circulation beneath and above modules to enhance efficiency. The 

lower edge of the panels on the mounting should be designed to 

eliminate losses from snow coverage and provide a comfortable 

working height for maintenance. 

iii. Modules shall be individually removable for maintenance, repair, 

and/or roof access where applicable. 

iv. The mounting system shall be designed to meet or exceed 

requirements of all applicable state and local building codes, 

including wind speed, snow and seismic load requirements. The 

Contractor shall describe and document the wind and snow loads 

that the PV System is designed to withstand. 

v. The PV System installation must meet all code and UL 

requirements with respect to lightning protection. The Contractor 

must have the building lightning protection system recertified by a 

contractor that is UL listed for lightning protection systems.  

vi. Each module row or column must be separated to minimize 

shadowing effects on other modules. The spacing between modules 

shall be noted on the PV layout drawing. 

 

10) Installation Requirements 

a. The output of the PV inverter(s) shall not interfere with or damage the 

function of existing building electrical distribution systems. All 

serviceable components must be “accessible” as defined by the MEC 

Article 100. The installation shall comply with all applicable federal, state 

and local building codes including the latest MEC. The Contractor shall 

not, under any circumstance, operate switchgear forming part of the main 

distribution system. The Contractor shall coordinate with Massport to 

operate the switchgear to disconnect or re‐energize loads. Advanced 

Page 30: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 30 of 58

notice shall be given to Massport for interconnection of PV System output 

or if the switchgear is to be turned off. 

b. The PV System shall not compromise roof and structural integrity. The 

loading impact of the array (wind, snow, etc.) shall be determined prior to 

the installation. Where existing roof warranties are in place, the 

Contractor shall enter into an agreement with the existing roof 

manufacturers as specified by Massport – to provide QA/QC during 

installation such that the photovoltaic installation work complies with the 

manufacturer’s recommendation and that any existing roof 

manufacturer’s roof warranties are not voided. Sleeper conduit supports 

and pitch pockets shall be approved by roofing contractor. 

c. The PV System electrical work must be performed by Massachusetts 

licensed electricians. For more information: https://www.mass.gov/policy‐

advisory/board‐policies‐and‐guidelines‐examiners‐of‐

electricians#guidance‐memo‐13‐01‐massachusetts‐electricians‐licensing‐

requirements‐relating‐to‐the‐installation‐of‐p‐v‐photovoltaic‐systems  

d. The PV System must be installed according to the manufacturer’s 

instructions and in compliance with all applicable codes and standards. 

e. Interconnection Agreement. The Contractor is responsible for all aspects 

of the local electric utility interconnection including any net metering 

arrangement. An application must be submitted to the local electric utility 

to start the formal interconnection process, and sufficient lead time should 

be allowed to successfully achieve interconnection under the local electric 

utility interconnection standards. All PV Systems must have an 

appropriate electric utility interconnection agreement in place at the time 

of interconnection to the utility grid.  

f. All pertinent permits and inspections must be obtained and copies kept on 

file as may be required by local codes and/or state law and accessible to 

Massport or its agents. 

g. All PV Systems shall include appropriate surge arresters or other means to 

protect the PV System components from lightning and other surge events. 

It is the responsibility of the Contractor to ensure that the installation 

meets any local, state or federal building and electrical laws that address 

lightning and surge protection.  

 

11) PV System Performance Guarantee and Warranty Requirements a. In addition to the power sale price offers, the Proposal must include the 

minimum amount of electricity that is guaranteed by the Seller to be 

Page 31: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 31 of 58

generated by each PV System (the “Guaranteed Annual Electric Output”) 

in the first contract year. The Proposal must also include a date for each 

PV System for which the Respondent guarantees that on or before that 

date it will commence construction of the PV System (the “Construction 

Commencement Date), and a date that on or before it will achieve 

Commercial Operation of the System (the “Commercial Operation Date”). 

For any PV System, the Commercial Operation Date cannot be more than 

12 months beyond the date of Energy Management Services Agreement 

execution pertaining to that PV System. The Seller guarantees that the 

System will produce the Guaranteed Annual Electric Output in each 

Contract Year, as adjusted by the Annual System Degradation Factor 

(maximum 1%). On the first anniversary of the Commercial Operation 

Date and each anniversary of the Commercial Operation Date thereafter 

during the Term (and any extension thereof), the Guaranteed Annual 

Electric Output shall be decreased by the Annual System Degradation 

Factor. The specific Guaranteed Annual Electric Output in the first 

contract year, Annual System Degradation Factor, Construction 

Commencement Date and Commercial Operation Date must be provided 

as part of the non‐price information shown in Appendix D. 

 

b. Manufacturer Warranty. All major equipment must meet the following 

minimum manufacturer warranties: i. PV Module: The Contractor shall obtain from the photovoltaic 

module manufacturer(s) a warranty containing the following 

provisions: that the loss of output power for each module installed 

in the system, at all times during the first ten (10) years following 

the PV System Commercial Operation Date, shall not exceed ten 

(10) percent of the minimum power rating of the product 

specifications for the module; that the loss of output power for each 

module installed in the system at all times during the next ten (10) 

years shall not exceed twenty (20) percent of the minimum power 

rating of the product specifications for the module; and that the 

photovoltaic module(s) will be free from all defects in design, 

materials and workmanship for a period of two (2) years following 

the effective Commercial Operation Date. Such warranty, 

containing no exclusions or limitations, shall be in a form 

acceptable to, and for the benefit of, Massport. 

Page 32: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 32 of 58

ii. Inverters: The Contractor shall obtain from the inverter 

manufacturer(s) a warranty that the inverter(s) will be free from all 

defects in design, materials and workmanship for a period of ten 

(10) years following the PV System Commercial Operation Date. 

Such warranty, containing no exclusions or limitations, shall be in a 

form acceptable to, and for the benefit of, Massport. 

iii. Revenue grade production meters: The Contractor shall obtain from the revenue grade production meter manufacturer a warranty 

that the meter system will be free from all defects in design, 

materials and workmanship for a period of two (2) years following 

the effective Commercial Operation Date. Such warranty, 

containing no exclusions or limitations, shall be in a form 

acceptable to, and for the benefit of, Massport. 

iv. Mounting equipment: The Contractor shall obtain from the 

mounting system manufacturer(s) a warranty that the mounting 

system(s) will be free from all defects in design, materials and 

workmanship for a period of five (5) years following the effective 

Commercial Operation Date. Such warranty, containing no 

exclusions or limitations, shall be in a form acceptable to, and for 

the benefit of, Massport. 

 

12) Electricity Production Meter Requirements ‐ All PV Systems must have a 

dedicated production meter that: 

a. is readily accessible and easily understood by Massport;  

b. records the PV System’s AC output as measured on the AC side of the PV 

System’s isolation transformer if a storage device is integral to the PV 

System, the meter should record the input and output from the storage 

device; 

c. shall be separate from the local utility billing meter and shall not interfere 

with utility billing or net metering; 

d. must be a standard utility “revenue quality” meter that conforms to 

applicable American National Standards Institute (ANSI) C‐12 standards 

and shall be installed on the AC output side of the PV System’s inverter or 

isolation transformer;  

e. shall have a visible display of cumulative energy produced by the PV 

System and be available for periodic testing and/or re‐calibration, if 

necessary; and 

Page 33: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 33 of 58

f. communicates to MPA handheld AMR reader via R300 SD board (such as 

ITRON Centron CP1SDR2, or equivalent). 

 

C. Factory Acceptance Testing 

 

Contractor shall have factory acceptance testing performed on each of the System 

components and shall have all defective components replaced.  Contractor shall provide 

the results of factor acceptance testing to Customer within ten (10) business days of 

such testing. 

 

D. Commissioning Requirements 

1) Commissioning Procedure ‐ The Contractor shall provide a commissioning plan 

for review and acceptance by Massport or its representative. At a minimum, the 

plan shall cover: 

a. measurement and recording of voltage‐open‐circuit (Voc) of every source 

circuit; 

b. performance of inverter startup tests as specified by the inverter 

manufacturer in the inverter operation manual; 

c. measurement of AC power and comparison to predicted power based 

upon estimated irradiance level; 

d. performance of loss of grid test and verification of five minute delay upon 

restoration of the grid; 

e. measurement and recording of I‐V (current vs. voltage) curves of every 

source circuit, measured at each combiner box or string inverter (source 

circuit measurements should be done under uniform irradiance conditions 

and the time of the first and last measurements taken at each combiner 

box should be recorded); and 

 

2) The Contractor shall carry out these tasks of the commissioning plan to the 

satisfaction of Massport or its representative. 

 

3) The Contractor shall verify data acquisition/display system is functioning properly, comparing independent measurements to data acquisition display. 

 

4) The Contractor shall correct, at no additional cost to Massport, any deficiencies 

uncovered by the testing prior to commissioning of the PV System. The 

Contractor shall then commission any modified areas of the installation to ensure 

proper operation and compliance. 

Page 34: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 34 of 58

E. Data Acquisition Requirements 

1) Data monitoring systems shall be capable of collecting, recording, and 

communicating in comma separated values (CSV) in ASCII format the following 

measured parameters:  

a. Logging of 15 minute (minimum) average records for all data collection 

parameters; 

b. Retaining of logged data upon power loss; 

c. Automatic restart of data logging and network communications upon 

power restoration; 

d. Modbus gateway with modbus mapping for required data parameters 

providing secure transmission of data via MPA internal network via MPA 

assigned IP address, B&B MESR9, or equal; 

e. Generation of daily, monthly and annual files as defined herein; 

i. Instantaneous AC power produced by the PV system 

ii. Total daily electrical energy produced by the PV system, produced 

as a running sum 

iii. Total monthly electrical energy produced by the PV system, 

produced as a running sum 

iv. Total year to date power produced by the PV system 

v. Total lifetime power produced by the PV system 

vi. Aggregate amount of CO2 abated by use of the PV system  

f. Communication of site environmental conditions – to include at a 

minimum:  

i. solar irradiance at tilt of modules (in W/m2); and 

ii. module temperature (degrees F) taken at back of panel. 

2)  Data file format‐ Both PV inverter and any proposed site environmental 

monitoring devices (weather station) shall be capable of producing Fig data files 

which must be comma separated values (csv) in ASCII format.  Each line in the 

text file is a record and each field is separated by a comma.  Text strings with 

spaces and other delimiters are usually enclosed in quote (ʺ) characters.  The data 

file will begin with the text ʺbegindataʺ on its own line before the actual data, 

followed by as many records as needed, and ends with the text ʺenddataʺ by 

itself on the last line.  Each line of data is always as follows:  the point alias, the 

date, the time, the value, and the status.  The time to be local time of the data. 

 

 

Page 35: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 35 of 58

Appendix D. Minimum Contract Terms 

Proposals will not be considered if these minimum conditions cannot be met by the 

Contractor. 

 

(a) Surety Bond. The selected bidder (also referred to herein as the “Contractor”) 

will be required to provide Massport with 100% payment and performance 

bonds from a surety company licensed to do business in the Commonwealth and 

whose name appears on United States Treasury Department Circular 570. 

(b) Insurance. The selected bidder(s) and subcontractors shall be required to list 

Massport as an additional insured endorsement. Minimum required insurance 

coverage shall include: 

a. Commercial general liability insurance in limit not less than $2,000,000 per 

occurrence, $2,000,000 per occurrence for personal injury liability, 

$4,000,000 general aggregate (applied per job) and $2,000,000 products 

and completed operations aggregate written for a period of three years 

beyond final payment. Commercial general liability insurance shall also 

include broad form property damage liability and broad form contractual 

liability.  

b. Commercial automobile liability with a combined single limit of 

$1,000,000 with a hired and non‐owned endorsement. Personal 

automobile liability coverage will be acceptable in lieu of commercial 

automobile coverage only if the vehicle used at the job site is not 

commercially insured. Limits for personal auto must be at least $250,000 

property damage per accident with an endorsement that the policy covers 

business related use with an additional $1,000,000 personal umbrella 

policy.  

c. Worker’s Compensation coverage as required by Chapter 152 of the 

Massachusetts General Laws with Employer’s Liability limits of $500,000 

each accident, $500,000 disease – each employee and $500,000 disease‐

policy limit. 

(c) Subcontracting. Except to the extent contemplated in the response and permitted 

in the Contract, the Contract will prohibit assignment and subcontracting 

without the Massport’s express prior approval. The Contractor shall be fully 

responsible to Massport for the acts and omissions of its subcontractors and of 

persons either directly or indirectly employed by the Contractor, as it is for the 

Page 36: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 36 of 58

acts and omissions of persons in its direct employ. Nothing contained in the 

Agreement shall constitute any contractual relation between any subcontractor 

and Massport. 

(d) Indemnification. The Contract will require that the Contractor defend, 

indemnify, and hold harmless Massport and its officers, agents and employees 

against all claims, demands, actions and suits (including all attorneys’ fees and 

costs) brought against any of them arising from the Contractor’s work or any 

subcontractor’s work under the Contract. 

(e) Compliance with Laws. The Contract will require compliance with all federal, 

state and municipal laws, ordinances, rules and/or regulations, including labor 

laws and laws against employment discrimination. 

(f) Governing Law; Waiver of Jury Trial, Venue. The Contract shall be governed by 

the laws of the Commonwealth of Massachusetts. Any disputes shall be resolved 

within the venue of the Commonwealth of Massachusetts, shall voluntarily and 

intentionally waive all rights to trial by jury and shall be decided by any court of 

competent jurisdiction located in Boston, Massachusetts. 

(g) System Performance Guarantee. The contract provided by the Respondent must 

include a System Performance Guarantee that includes a metric for minimum 

annual generation and a mechanism for compensating Massport in the event of 

production shortfall. 

(h) Change‐in‐Law Provision. The contract must include language that governs the 

event of regulatory change that changes the fundamental project economics and 

value to Massport. 

(i) Payment Assurance and Validation. The contract must include language that 

provides that the respondent will support validation that alternative bill credits, 

or net metering credits are appropriately applied to Massport’s electric accounts. 

(j) Option for System Purchase. The contract should provide option year(s) where 

Massport can purchase the System from the project owner at fair market value. 

(k) Records and As‐Built Drawings. The Contractor will provide ʺas builtʺ and 

record drawings of all existing and modified conditions associated with the 

Project conforming to typical engineering standards. This should include 

architectural, mechanical, electrical, structural, and control drawings each 

stamped by a Massachusetts Registered Professional Engineer (P.E.) for the 

corresponding discipline. All drawings, reports and materials prepared by the 

Contractor specifically in performance of the Energy Services Agreement shall 

Page 37: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 37 of 58

become the property of Massport, and shall be delivered to Massport as needed 

or upon prior to project acceptance. 

(l) Measurement and Verification. Measurement and verification of energy 

generation will be consistent with the local distribution company (LDC) metering 

requirement. Calculations used for guaranteed savings and guaranteed onsite 

energy generation will be consistent with the letter and intent of the most recent 

version of the U.S. Department of Energy, Federal Energy Management 

Measurement and Verification Guidelines (FEMP Guidelines).  

(m) Private Property Access. The necessary rights‐of‐way for any construction to be 

done across or on private property will be obtained by the Contractor. The 

Contractor shall take due and proper precautions against any injury to adjacent 

structures and shall hold himself strictly within the rights secured to him by in 

prosecuting the work on private property. 

(n) Assignment. The Contractor shall not assign, transfer, convey, or otherwise 

dispose of this Agreement, or any part hereof, or its right, title or interest in same 

without the prior written notice to Massport and approval of Massport. The 

Contractor shall not assign by power‐of‐attorney, or otherwise, any of the 

moneys due or to become due and payable under this Agreement, without the 

prior written notice to and approval of Massport. 

(o) Quality of Work. All work shall meet the minimum standards of the 

Massachusetts Building Code and Massachusetts Electric Code. 

(p) Prevailing Wage. The Contractor is required to pay prevailing wage rates for all 

employees involved in providing contract services, as determined by the 

Department of Labor Standards2. For inquiry and clarification of prevailing wage 

laws, contact DLS. 

(q) Tax Compliance. The Contractor will be required to complete a Tax Compliance 

Certificate as described in M.G.L. Chapter 62C, section 49A.  

 

2

The Department of Labor Standards (DLS) issues prevailing wage schedules to cities, towns, counties, districts, authorities, and agencies of the commonwealth for construction projects and several other types of public work. These prevailing wage schedules contain hourly wage rates that workers must receive when working on a public project. (Mass. General Laws c149, s.26 to 27H).

Page 38: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 38 of 58

Appendix E. Respondent Information Form 

The following information should be typed on Respondent’s letterhead. Fill in all 

bracketed sections and delete or re‐format all brackets, italics, and instructions. Black 

line or otherwise indicate all changes in wording, additions, or deletions. 

 

Contact Person: Houssam H. Sleiman, PE, CCM, FCMAA, NAC, Hon. D.Eng., Director 

of Capital Programs and Environmental Affairs 

Address: One Harborside Drive, Suite 200S, East Boston, MA 02128 

 

RE: [insert name of Respondent] Information Form & Cover Letter for Massport Solar 

Energy Management Services at Worcester Regional Airport 

 

Dear Mr. Sleiman, 

 

In response to your Request for Proposals (“RFP”), we [insert name of Respondent] (the 

Respondent) hereby submit our Response to install turnkey solar photovoltaic system(s) 

with guaranteed energy generation at the Worcester Regional Airport. 

 

We offer the following commitments and representations to Massport: 

 

1) The undersigned is authorized to submit this Response on behalf of the 

Respondent and to bind the Respondent to its terms. We have fully reviewed the 

RFP and any and all addenda thereto, and we fully understand the scope and 

nature of the project and contractual arrangements for which Responses are 

being requested. 

2) Our Response has been prepared and is submitted without collusion, fraud or 

any other action taken in restraint of free and open competition for the response 

to the RFP. Neither the Respondent nor any member of the Respondent’s project 

team is currently suspended or debarred from doing business with any 

governmental entity.  

3) We certify that all of the information provided in our Response is true and 

accurate and that Massport may rely on such information in the evaluation of 

our Response. We have read and understand the evaluation criteria in the RFP. 

We accept that Massport reserves the right to waive informalities and to reject in 

whole or in part any and all Responses. We accept that the Massport Selection 

Committee reserves the right to select the Developer that provides the most 

responsive and responsible Response, which best meets the needs of Massport, 

Page 39: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 39 of 58

taking into account the Developer qualifications, submittal quality, and 

evaluation criteria. 

4) We understand that Massport seeks to identify, through this RFP, the most 

qualified Respondent that: (1) meets the needs of Massport, (2) demonstrates a 

thorough understanding of the current solar policy context, (3) demonstrates an 

ability to successfully finance and complete solar EMS projects; and (4) 

demonstrates a willingness to incur project development costs despite the 

evolving solar policy landscape in Massachusetts. We accept that the Massport 

Selection Committee reserves the right to select the most qualified Respondent 

that best meets the needs of Massport, taking into account the Respondent’s 

qualifications, submittal quality, and evaluation criteria.  

5) We acknowledge that the work to be performed under any contract negotiated 

with Massport, including work by subcontractors, must comply with the 

provisions of the Massachusetts General Laws pertaining to prevailing wage. 

6) We agree to take full responsibility for all costs of preparing this Response. We 

waive any and all claims against Massport and its employees, representatives 

and agents related to the cost of preparing, submitting and having Massport 

review and evaluate this Response. 

7) We have included the following required items as part of our Response: 

 

Minimum Required Items Check if 

Included:

Completed Respondent Information Form    

Price Proposal Form   

Certificate of Non‐Collusion   

Attestation Regarding Filing of Tax Returns   

Completed Specifications and Other Conditions Checklist    

Response in format of Response Form Template, including:  

References of other Energy Savings Contracts, if available   

Statement on Quality of Products to be Used if Awarded Contract   

Methodology of Energy Savings   

Evidence of General Reputation and Performance Capabilities    

Statement on Time for Performance of the Contract   

DCAMM Certificate of Eligibility and Update Statement   

Sealed Litigation History    

Adhered to Format and is Complete   

 

Sincerely, 

Page 40: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 40 of 58

 

[Insert name of Respondent] 

By: [Insert authorized representative] 

[Print or type name] 

[Street address] 

[City, State, Zip] 

[Telephone] 

[E‐mail] 

[Date]    

Page 41: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 41 of 58

Respondent Information Form Developer Point of 

Contact: 

 

 

Name of Company: 

 

 

Address: 

 

 

City, State, Zip Code:

 

 

Phone: 

   

Fax: 

   

E‐mail 

 

 

Federal tax id# (SSN for individuals):

 

 

Organizational structure: 

 

Corporation:

   

Partnership:

   

Joint 

venture: 

   

 

 

 

Individual/Proprietorship

 

Other: 

   

 

Ownership: 

 

Public 

stock: 

   

Privately 

owned: 

   

Non‐

profit: 

   

 

Minority and women business enterprise information (check as appropriate): 

 

Minority 

owned: 

   

Women 

owned: 

   

Owned by person with 

disability: 

   

 

Small Business: 

   

SDO Certified: 

   

I have read, understand, and agree to comply with the terms and conditions for providing Energy 

Management Services to the Awarding Authority as stated in the Awarding Authority’s Request for 

Responses. Furthermore, I hereby certify, under penalties of perjury, that this response has been 

made and submitted in good faith and without collusion or fraud with any other person. As used in 

this certification, the word “person” shall mean any natural person, business, partnership, 

corporation, union, committee, club, or other organization, entity, or group of individuals. 

Signature ________________________________    Date ________________ 

 

If applicable, fill in the following: 

   

I acknowledge receipt of Addendum No(s). ________, dated _____________.   

Page 42: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 42 of 58

Appendix F. Price Proposal Form 

All pricing should be provided using the Excel format. The program approach 

considered for each site are specified within the form. Pricing may be offered for any or 

all sites. In addition, a detailed budget narrative should be provided that includes 

relevant pricing assumptions. 

 

Note: For any leasing options, the Federal Aviation Administration and Massport 

require that the lease rate be reassessed and escalated at least every five years based on 

fair market value.   

Page 43: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 43 of 58

Appendix G. Specifications and Other Conditions Checklist 

The Massport Selection Committee reserves the right to consider Responses and 

proposed solar EMS agreements void if they do not substantially conform to the 

specifications and conditions outlined below. If Respondents (or their financing 

parties) have any exceptions to the specifications and other conditions, please: (1) 

describe the exception(s) and any proposed alternative; and (2) explain the need for 

the exception in writing. 

 

Specifications and Other Conditions Accepts 

(Y/N) 

The selected Contractor shall design, procure, install, test, commission, own, 

operate, maintain, and decommission a solar photovoltaic (PV) power 

generating system (“PV System”) with guaranteed electricity generation.  

 

The price proposal shall include a breakdown of cost structure and other price 

data for each proposed solar PV system.  

Subject to successful negotiations, the selected Respondent (the Contractor) 

and Massport will enter into a solar EMS agreement, and the Contractor shall 

design, procure, install, test, commission, own, operate, maintain and 

decommission a solar PV system with guaranteed electricity generation at the 

project site(s).  

 

The selected Contractor is responsible for obtaining all necessary permits and 

approvals for the Project(s).  

Massport reserves the right to require the posting of an assurance, in a format 

acceptable to Massport (e.g., performance bond, security in escrow) to cover 

some or all of costs associated with Contractor default, such as system 

decommissioning and site restoration.  

 

The installation must be in compliance with all local, state, and federal codes 

and standards, including all recent additions to the Massachusetts Building 

and Electric Codes. 

 

The Contractor is responsible for confirming that a Massachusetts Electrical 

Code (MEC) compliant interconnection, including any recommended 

infrastructure improvements, can be made at the interconnection point. 

 

As a condition of project acceptance, the Contractor will provide to Massport 

ʺas builtʺ and record drawings of all existing and modified conditions 

associated with the Project conforming to typical engineering standards. This 

should include architectural, mechanical, electrical, structural, and control 

drawings each stamped by a Massachusetts Registered Professional Engineer 

(P.E.) for the corresponding discipline. 

 

Page 44: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 44 of 58

Specifications and Other Conditions Accepts 

(Y/N) 

The Contractor shall assist Massport in meeting its annual solar EMS reporting 

requirements to the Massachusetts Department of Energy Resources.   

The Contractor will use a method for computing the actual generation and 

Guarantee of Generation that is wholly consistent with the letter and intent of 

the most recent version of the U.S. Department of Energy, Federal Energy 

Management Measurement and Verification Guidelines (FEMP Guidelines).  

 

The Contractor will be responsible for the payment of all taxes, including 

without limitation real and personal property taxes.   

The Contractor will be responsible for interfacing with the local utility 

company for all matters required for the interconnection to the grid (e.g., 

metering, protection, extension of distribution lines for connecting the solar 

facility to the grid). The Contractor will lead efforts to apply for 

interconnection and SMART incentives (Interconnection Service Agreement, 

SMART program applications) at no cost to Massport.  

 

The negotiated solar EMS agreement shall contain a written guarantee of the 

Contractor that either the guarantee of electricity generation (“Guarantee of 

Generation”) shall be achieved or the Contractor shall reimburse Massport for 

the shortfall amount, as well as the method to make Massport whole in the case 

of a Guarantee of Generation shortfall, to be determined annually. In addition, 

the Respondent acknowledges the Awarding Authority’s preference for a solar 

EMS contract without any cap on Guarantee of Generation shortfall payments. 

 

Massport shall require the selected Contractor to file a payment or 

performance bond relating to the installation of the PV system in an amount 

equal to 100% of the estimated contract value from a surety company licensed 

to do business in the commonwealth and whose name appears on U.S. 

Treasury Department Circular 570. 

 

The Contractor, subcontractor(s), and employees for the project shall possess 

certifications and/or licenses as required by the Commonwealth of 

Massachusetts. 

 

The Contractor shall not discriminate against any person, employee or 

applicant for employment because of that person’s membership in any legally 

protected class, including but not limited to their race, color, gender, religion, 

creed, national origin, ancestry, age (40 years and over), sexual orientation, 

pregnancy, citizenship, gender identity, handicap, genetic information, or 

Vietnam era veteran status. The Contractor shall not discriminate against any 

person, employee, or applicant for employment who is a member of, or applies 

to perform service in, or has an obligation to perform service in, a uniformed 

military service of the United States, including the National Guard, on the basis 

of that membership, application, or obligation. 

 

Page 45: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 45 of 58

Specifications and Other Conditions Accepts 

(Y/N) 

The Contractor shall be fully responsible to the Awarding Authority for the 

acts and omissions of its subcontractors and of persons either directly or 

indirectly employed by the Contractor, as it is for the acts and omissions of 

persons directly employed by it. Nothing contained in this Agreement shall 

create any contractual relation between any subcontractor and the Awarding 

Authority. 

 

The Contractor is required to pay prevailing wage rates for all employees 

involved in providing contract services, as determined by the Department of 

Labor Standards (M.G.L c.149, s.26 to 27H). For inquiry and clarification of 

prevailing wage laws, contact DLS. 

 

The Contractor shall perform its obligations hereunder in compliance with any 

and all applicable federal, state, and local laws, rules, and regulations, 

including applicable licensing requirements, in accordance with sound 

engineering and safety practices, and in compliance with any and all 

reasonable rules of Massport relative to the premises. The Contractor shall be 

responsible for obtaining all governmental permits, consents, and 

authorizations as may be required to perform its obligations hereunder. 

 

The Contractor shall use only new, unused equipment, including a revenue‐

quality meter. The Contractor shall provide a Data Acquisition System (DAS) 

with real‐time access to production data.  

 

The Contractor will address both onsite usage of power by Massport and off‐

take of excess energy to other users (to the extent requested by Massport). 

 

The Contractor agrees that the final system designs must be reviewed and 

approved by Massport prior to construction. 

 

The Contractor agrees to develop the proposed solar generation system in 

accordance with the tilt and azimuth requirements identified in the site detail 

in order to comply with FAA glare and setback requirements.  

 

The Contractor agrees to review and note any exceptions to the minimum 

contract terms included in Appendix D. The Contractor will not take 

exceptions to these terms during contract negotiations. 

 

   

Page 46: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 46 of 58

Appendix H. Response Form 

Respondents are encouraged to provide a response that specifically addresses each of the items 

below. Massport looks favorably upon responses that provide thorough, detailed responses and 

follow the format below. 

 

Executive Summary 

Provide an executive summary introducing the Respondent and identifying and 

introducing all known subcontractors. Include in this summary the site(s) applicable to 

the Response. 

 

i.   Management & Performance Capabilities 

a) Provide a list of persons and entities that comprise the project team, including 

the Respondent, all known subcontractors, and identify each party’s role. 

Describe any history of collaboration.  

b) Describe any characteristics of the project team relevant to the current proposal.  

c) Provide the number of full‐time personnel employed by the Respondent and 

approximate number of personnel to be providing services.  

d) Describe the Respondent’s proximity to Worcester Regional Airport, and how 

this will influence the Respondent’s ability to perform construction, 

installation, ongoing operations and maintenance, and emergency response.  

e) Provide resumes of key project team members, including the anticipated day‐

to‐day project manager. Resumes should highlight technical and/or economic 

expertise.  

f) Highlight any existing relationships with the permitting authorities that you 

anticipate will be involved in authorizing this Project (e.g., MassDEP, 

municipal officials, FAA) 

 

ii.   Experience & Project References 

a) Describe relevant project team experience in and capabilities to provide the services requested in this RFP. Summarize the relevant experience of the 

party(ies) responsible for the following:  

a. Design & Engineering  

b. Permitting  

c. Installation  

d. Operations & Maintenance  

b) Please discuss your experience related to large ground‐mounted solar arrays. 

Page 47: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 47 of 58

c) Identify the number of MW (DC) capacity that the respondent has developed: 

(1) in total, (2) in Massachusetts, (3) for Massachusetts public entities, and (4) 

for airports. If providing numbers for more than one firm on the project team, 

provide numbers per firm.  

d) Describe the experience the Respondent has had with large‐scale, ground‐

mounted solar photovoltaic installations, particularly any experience 

associated with developments in densely developed load zones or with 

complex interconnection processes. 

e) Provide detailed project information for three (3) reference projects of 

comparable scope to this project that Respondent has implemented within the 

last three (3) years. If possible, please highlight any examples of projects in 

the Northeast, and if possible, specifically in Massachusetts. For each 

reference project, please provide the following: 

a. Location 

b. System capacity c. Current status (pre‐construction, in construction, operation, etc.)  

d. Customer name and contact information. It is understood that the 

Awarding Authority may contact any or all of the above references regarding 

the project and personnel performance as part of the RFP submittal review 

process. 

f) [Optional] If the Respondent is proposing to develop community shared solar 

projects, describe the experience the Respondent has administering large‐

scale community shared solar projects and provide the following for 

completed projects: 

a. Location 

b. System capacity c. Marketing plan for subscribing customers 

d. Number of subscribers 

e. Low and moderate income subscription 

f. Billing method 

 

iii.   Project Approach 

Page 48: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 48 of 58

a) Please prepare a preliminary project approach with the following:  

a. Preliminary system conceptual design; 

b. System capacity (kW DC); c. Estimated output (kWh), Year 1; 

d. Estimated output (kwh) over the term of the proposal;  

e. Describe the design considerations the Respondent has used to 

maximize the expected amount of solar electricity produced for each 

site, including shading, spacing, azimuth, tilt and inter‐row shade 

spacing. 

f. Discuss proposed equipment, including modules, inverters, mounting 

systems, etc.  

g. Discuss sizing and/or orientation limitations, such as due to wetlands, 

shading, or other site conditions. 

h. Describe your assumptions and approach to structural and 

geotechnical conditions at the site. 

i. Detail the interconnection approach and any interconnection 

concerns. Describe any work associated with interconnection 

completed in preparation of this proposal.  

b) What engineering studies will the Respondent, if selected, conduct to design 

the system and prepare a price proposal? Summarize the level and depth of 

the information and resources that will be required of Massport during the 

engineering studies. 

c) Describe your process for creating and modifying system designs as further 

assessments or client feedback is achieved. Massport intends to 

review/approve all final designs; explain how you will incorporate 

Massport’s feedback in the design process. 

d) Discuss any assumptions and risks associated with completing the project 

under the SMART program, including which program block the project will 

fall under. 

e) Describe the Respondent’s project management protocols used to ensure 

schedule adherence and timely completion of the Projects, including your 

proposal for posting liquidated damages for delays and performance 

shortfalls.  

f) What quality assurance and commissioning procedures will you follow to 

ensure the system design and installation meets all applicable building and 

electrical codes?  

g) Summarize Respondent’s operations and maintenance protocol, including 

work ensuring that equipment warranties and maintenance records are 

Page 49: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 49 of 58

maintained and the requirements of the performance guarantee for savings is 

met. 

a. Provide a maintenance schedule for the site.  

h) Summarize the investment that the Respondent is willing to make in this 

project while the parties are negotiating an EMS agreement in good faith. 

Identify any studies or processes that the Respondent is willing to start or 

complete during this time (e.g., prepare system design, submit 

interconnection application, conduct engineering assessments, prepare and 

submit permits), and the approximate investment (e.g., est. value) that the 

Respondent is willing to make in each task under these conditions.  

i) Provide a detailed timeline of the Projects to be developed pursuant to this 

RFP, including any assumptions regarding incentive timelines.  

j) If applicable, describe your approach to including energy storage as part of 

this solar project. 

k) Explain your experience with and approach to vegetation management for 

greenfield solar arrays. 

l) [Optional] Describe your approach to custom community shared solar 

program design. In particular, please identify your willingness to include 

Massport in the design process and what specific role(s) that Massport would 

hold.   

m) [Optional] If applicable, describe your approach to offering discounted power 

to low and moderate income (LMI) ratepayers. What eligibility criteria will be 

used for LMI subscribers (e.g., DTI ratio, minimum FICO score, etc.). 

n) [Optional] Explain how your firm will market to community solar 

subscribers. What marketing approaches will be used? Provide sample 

marketing materials, if appropriate. 

 

iv.   Method for Guaranteeing Electricity Generation & Determining Savings 

Note: Methods for monitoring, measurement, and verification of guaranteed energy shall 

conform to the most recent Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) and 

standards established by the Federal Energy Management Program of the U.S. Department of 

Energy. 

a) Describe preferred methodology for setting a guaranteed output (e.g., 

guaranteed output = 100% of expected annual output).  

b) Describe Respondent’s methodology for calculating any shortfall payments. 

Include any cap on shortfall payments, and whether required or preferred by 

Respondent or Respondents’ anticipated financing partners. 

Page 50: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 50 of 58

c) Describe the procedure to assign dollar values to the savings. List all assumptions, formulas and methodologies which Respondent uses to project 

anticipated energy savings.  

d) Describe Respondent’s standard measurement and verification procedures, 

including reporting frequency, reconciliation methods, and timing. 

e) Describe Respondent’s understanding of the SMART program and how 

savings and value will be generated for Massport. 

f) Explain Respondent’s metering strategy and familiarity with FEMP 

Guidelines. 

o) [Optional] For community shared solar installations, explain how savings and 

value will be calculated for subscribers.  

p) [Optional] Provide a sample subscriber contract. Also, explain the 

Contractor’s process for subscription‐level: 

a. Early termination 

b. Cancellation fees c. Maintenance or administrative fees 

d. Subscriber contract term g) [Optional] For community solar installations, Massport is interested in 

periodic reporting confirming the number of subscribers and the range of 

subscriber pricing that they are contracted for. Describe your approach to 

fulfilling this requirement. How and with what frequency would reports be 

submitted? 

 

v.   Financing Capabilities  

a) Describe Respondent’s Financing Plan including any assumptions and 

contingencies.  

b) List the party(ies) responsible for project finance and describe their experience financing projects similar in scope to this project.  

c) Provide a description of Respondent’s approach to financing the following 

aspects of the project(s) to be developed pursuant to this RFP:  

a. Development,  

b. Construction financing, and  c. Take‐out (term) financing.  

d) From the date of signing the EMS, please estimate the time required to secure 

and disburse construction financing funds.  

e) Provide a detailed description, and accompanying diagram, of the planned 

ownership structure. 

Page 51: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 51 of 58

f) Has the party responsible for project finance ever failed to secure financing 

for a project under contract? If so, name the project, counterparty and provide 

a counterparty contact, and explain why.  

g) Detail any unique features that Respondent’s approach to project finance offers. Provide general financing terms of a reference facility where the 

financial structure is similar to the proposed facility. 

h) Please specify Massport’s obligations. What conditions precedent will the 

Respondent or financial institutions require? 

i) Describe any other factors which would strengthen the credibility of the 

Respondent’s financial capacity to undertake the proposed project. “Other 

factors” could include corporate strategies which establish and fund reserves 

for contingent liabilities accruing from a growing portfolio of performance 

contracts, escrows, energy hedging, letters of credit, or other financial tools. 

j) Discuss whether your firm has ever been involved in a lawsuit or dispute 

regarding a performance contract. If so, please provide all such incidents and 

describe the circumstances and outcomes of such lawsuit or litigation. 

Further, please discuss whether your firm has been barred from providing 

performance contracting or other services in any states. 

k) Please submit a detailed audited financial report prepared in accordance with 

generally accepted accounting principles (GAAP) reflecting the current (as of 

the most recent financial statement date) financial condition of the 

Respondent. Such report must include a balance sheet, income statement and 

statement of cash flows. Public entities or subsidiaries should attach SEC 

Form 10‐K along with, as applicable, detailed statements for the Submitting 

Entity. Non‐public entities may attach either unaudited financial statements 

or copies of tax forms and schedules that are filed with the Internal Revenue 

Service where applicable. If the Respondent is a project company or LLC, 

provide such information regarding the financial resources of the owners or 

members of the Respondent. 

l) Does your firm have a rated parent? If so, what are the Moody’s and/or S&P 

issuer and/or senior unsecured debt credit ratings? 

m) Would such parent provide a parental guaranty naming Massport as 

beneficiary? If so, please provide a form of that guaranty for Massport 

review. 

n) If a project company, LLC or other unrated firm or subsidiary, what other 

form of backstop to Massport would be provided for financial/performance 

assurance (e.g. letter of credit, bond, cash deposit, etc.)? Please describe in 

Page 52: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 52 of 58

detail all forms, processes, protocols for assuring creditworthiness and project 

performance on which Massport can rely. 

 

vi.   Pricing Methodology and Assumptions 

a) Provide examples of the specific costs and/or assumptions. 

b) Highlight this project’s standing within the SMART program and your firm’s 

assumptions about tariff blocks and adder tranches.  

c) Briefly describe Respondent’s anticipated strategy to maximize the economic 

benefits to Massport.   

d) [Optional] Briefly describe Respondent’s anticipated strategy to maximize the 

economic benefits to Community Solar Participants. 

e) Does your approach to purchasing equipment and labor minimize 

installation costs? If so, how, and what degree of impact does it have? 

f) Massport is able to leverage internal capital funds for certain aspects of the 

project (e.g., paving, fencing). Explain which project components you would 

recommend that Massport finance internally, and how the resulting project 

cost savings will be passed on to Massport. Specific pricing examples are 

preferred. 

g) Discuss how your firm will allocate any financial impacts on proposed 

pricing caused by changes in financial incentives (reduction of federal tax 

incentives, SMART blocks, etc.)? 

h) Please describe any ancillary services that you will provide to Massport. 

[Examples could include educational/curriculum materials or other 

educational opportunities (e.g., speaking events, site visits), real‐time 

production displays, electric vehicle charging stations, private sector 

incentive rebates.]  

i) Discuss your assumptions for interconnection costs, including any markup on 

costs. How much have you assumed for interconnection at each site? If 

interconnection costs are higher than anticipated, how will the Contractor 

address these costs? At what cost threshold will the Contractor pass costs 

along to Massport? 

j) [Optional] For community shared solar installations, explain your approach 

to ensuring full subscription of shares. If full subscription is not reached, 

what party assumes responsibility for unsubscribed shares? 

   

Page 53: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 53 of 58

Appendix I. Certificate of Non‐Collusion 

The undersigned certifies, under penalties of perjury, that this bid or proposal has been 

made and submitted in good faith and without collusion or fraud with any other 

person. As used in this certification, the word “person” shall mean any natural person, 

business, partnership, corporation, union, committee, club or other organization, entity, 

or group of individuals. 

 

 

 

(Signature) 

 

 

(Name of person signing proposal) 

 

 

___________________________________ 

(Name of business) 

   

Page 54: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 54 of 58

Appendix J. Attestation Regarding Filing of Tax Returns 

Please complete this form for each participating company on this proposal. 

 

To: Massachusetts Port Authority 

 

Pursuant to M.G.L. c. 62C, §49A, I certify under the penalties of perjury that the 

undersigned offeror, to the best of his/her knowledge and belief, has complied with all 

laws of the Commonwealth relating to taxes, reporting of employees and contractors, 

and withholding and remitting of child support. 

 

 

 

Federal Identification Number       Signature of Individual or Officer 

 

 

______________________________________________________________________________ Date Name of Corporation

Page 55: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1

Page 55 of 58

Appendix K. Sample Master Energy Management Services Agreement

Page 56: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

Appendix L. Historical Electricity Usage 

2015   

Meter Locations  Unit 2015‐7 (Jan‐15) 

2015‐8 (Feb‐15)

2015‐9 (Mar‐15)

2015‐10 (Apr‐15)

2015‐11 (May‐15) 

2015‐12 (Jun‐15) 

2016‐1 (Jul‐15) 

2016‐2 (Aug‐15)

2016‐3 (Sep‐15)

2016‐4 (Oct‐15) 

2016‐5 (Nov‐15)

2016‐6 (Dec‐15) Totals 

Pleasant Street, Signage  kWh  337  320  454  469  501  427   234  159  241  240  428  548  4,358  

Tower Fire Station Electric Account  kWh  373   345   289   343   285   312   279   311   293   318   342   400   3,890  

Electric Main, Worcester Airport Terminal  kWh  268,800  228,000  190,800  235,800  382,200  226,200   210,000  241,200  222,600  186,000  122,400  207,000  2,721,000 

Electric Main, Worcester Airport Terminal  kW  432   402   372   336   510   468   492   504   486   516   786   396   122,400  

Hazard Lights, Monticello Drive  kWh  322   269    261   226   248   271   298   273   302   346   299   368   3,483  

Lot 7, Light 7  kWh  10   9   7   7   7   6   6   9   10   11   12   16   110  

300 Paxton Street  kWh  40   38   21   27   41   14   37   18   28   23   28   24   339  

Hazard Lights, Pleasant Street  kWh  15   14   11   11   11   11   10   12   12   13   16   15   151  

Marshall Street Pole 85, Main Electric  kWh  30   30   23   27   28   28   29   26   31   22   29   27   330  

Hazard Lights, Asnebumskit Hill  kWh  34   35   28   30   31   32   31   33   30   31   28   25   368  

TOTAL  kWh  269,961  229,060  191,894  236,940  383,352   227,301   210,924  242,041  223,547  187,004  123,582  208,423  2,734,029  kW  432   402   372   336   510   468   492   504   486   516   786   396   786  

 

Page 57: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

2016   

Meter Locations  Unit 2016‐7 (Jan‐16) 

2016‐8 (Feb‐16)

2016‐9 (Mar‐16)

2016‐10 (Apr‐16)

2016‐11 (May‐16) 

2016‐12 (Jun‐16) 

2017‐1 (Jul‐16) 

2017‐2 (Aug‐16)

2017‐3 (Sep‐16)

2017‐4 (Oct‐16) 

2017‐5 (Nov‐16)

2017‐6 (Dec‐16) Totals 

Pleasant Street, Signage  kWh  501   320   470   469   471   456   258   140   249   249   458   498   4,539  

Tower Fire Station Electric Account  kWh  413   372   343   345   347   306   308   291   314   331   372   396   4,138  

Electric Main, Worcester Airport Terminal  kWh  266,400  273,600  178,800  268,800  207,600   243,000   228,000  258,600  204,020  186,000  199,800  247,800  2,762,420 

Electric Main, Worcester Airport Terminal  kW  450   468   366   432   402   420   444   438   414   516   414   444   516  

Hazard Lights, Monticello Drive  kWh  290   282   272   243   222   280   290   309   355   326   320   355   3,544  

Lot 7, Light 7  kWh  15   12   13   11   11   10   9   11   13   13   15   14   147  

300 Paxton Street  kWh  30   26   23   31   37   14   44   16   25   29   25   28   328  

Hazard Lights, Pleasant Street  kWh  11   14   15   15   15   16   17   16   17   15   16   17   184  

Marshall Street Pole 85, Main Electric  kWh  32   28   27   31   28   27   20   15   31   15   1,713   15   1,982  

Hazard Lights, Asnebumskit Hill  kWh  28   22   22   25   25   25   23   22   22   23   20   21   278  

TOTAL  kWh  267,720  274,676  179,985  269,970  208,756   244,134   228,969  259,420  205,046  187,001  202,739  249,144  2,777,560  kW  450   468   366   432   402   420   444   438   414   516   414   444   516  

 

2017   

Meter Locations  Unit 2017‐7 (Jan‐17) 

2017‐8 (Feb‐17)

2017‐9 (Mar‐17)

2017‐10 (Apr‐17)

2017‐11 (May‐17) 

2017‐12 (Jun‐17) 

2018‐1 (Jul‐17) 

2018‐2 (Aug‐17)

2018‐3 (Sep‐17)

2018‐4 (Oct‐17) 

2018‐5 (Nov‐17)

2018‐6 (Dec‐17) Totals 

Pleasant Street, Signage  kWh  533   299   454   516   441   441                            183   2,867  

Tower Fire Station Electric Account  kWh  429   366   331   399   342   332   331   324   318   358   387   424   4,341  

 Electric Main, Worcester Airport Terminal  kWh  254,400  223,800  249,600  237,000  222,000   222,600   247,200  224,400  196,800  208,800  216,000  226,200  2,728,800 

 Electric Main, Worcester Airport Terminal  kW  432   426   432   432   474   462   516   468   510   522   390   426   522  

 Hazard Lights, Monticello Drive  kWh  276   127   134   102   111   139   118   156   130   149   147   32   1,621  

Lot 7, Light 7  kWh  17   14   15   15   15   9   21   14   14   16   14   15   179  

300 Paxton Street  kWh  26   26   23   30   38   14   43   16   28   26   26   28   324  

Hazard Lights, Pleasant Street  kWh  15   16        15   17   18   14   19   15             4   133  

Marshall Street Pole 85, Main Electric  kWh  15   14   16   15   14   16   15   16   14   15   15   12   177  

Hazard Lights, Asnebumskit Hill  kWh  23   20   20   23   19   16   15   28   3             32   199  

TOTAL  kWh  255,734  224,682  250,593  238,115  222,997   223,585   247,757  224,973  197,322  209,364  216,589  226,930  2,738,641  kW  432   426   432   432   474   462   516   468   510   522   390   426   522  

Page 58: Massport Worcester Solar RFP FINALdocx...Massport Solar Energy Management Services at Worcester Regional Airport A382-C1 Page 3 of 58 1. PROCUREMENT CALENDAR All dates are estimated

 

Appendix M – Prevailing Wage Rates